Request for Proposal Exterior Door Preservation Texas ...

146
Request for Proposal Exterior Door Preservation Texas Capitol 1100 Congress Avenue, Austin, TX RFP #809‐18‐0049 OWNER: Texas State Preservation Board Sam Houston Building, Suite 950 P.O. Box 13286 Austin, Texas 78711 Date Issued: June 20, 2018 Proposal Due Date: July 23, 2018 Optional Site Visit: 10:00AM, July 10, 2018 All questions must be submitted in writing via email to [email protected] by 5PM CT, July 12, 2018

Transcript of Request for Proposal Exterior Door Preservation Texas ...

Request for Proposal Exterior Door Preservation 

Texas Capitol 1100 Congress Avenue, Austin, TX 

RFP #809‐18‐0049 

OWNER: Texas State Preservation Board Sam Houston Building, Suite 950 P.O. Box 13286 Austin, Texas 78711

Date Issued:  June 20, 2018 

Proposal Due Date: July 23, 2018 

Optional Site Visit: 10:00AM, July 10, 2018 

All questions must be submitted in writing via email to [email protected]  by 5PM CT, July 12, 2018 

TOC  00 01 00‐1 

00 01 01 ‐ TABLE OF CONTENTS 

DIVISION 00 – INTRODUCTORY INFORMATION, PROPOSAL REQUIREMENTS, AND CONTRACT 

REQUIREMENTS 

00 01 01 – PROJECT TITLE PAGE 

00 01 10 – TABLE OF CONTENTS 

00 20 00 – INSTRUCTIONS TO BIDDERS (RFP) 

00 31 00 – AVAILABLE PROJECT INFORMATION 

Exterior Door Survey 

Photos of Door Exteriors with Callouts of Conditions 

Hardware Summary 

00 31 19 – EXISTING CONDITION INFORMATION 

00 31 26 – EXISTING HAZARDOUS MATERIAL INFORMATION 

00 43 25 – SUBSTITUTION REQUEST FORM (DURING PROCUREMENT) 

00 52 33 – AGREEMENT FORM 

00 61 13 – PERFORMANCE AND PAYMENT BOND 

00 72 00 –GENERAL CONDITIONS 

State of Texas Uniform General Conditions, 2015 

00 73 00 – SUPPLEMENTARY CONDITIONS 

State of Texas Supplemental General Conditions, 2015 

00 73 01 Special General Conditions   

00 73 02 Owner’s Requirements 

00 73 03 Fire Protection Policies 

00 73 43 – MINIMUM WAGE RATES 

DIVISION 01 – GENERAL REQUIREMENTS 

01 10 00 – SUMMARY 

01 18 00 – PROJECT UTILITY SOURCES 

01 20 00 – PRICE AND PAYMENT PROCEDURES 

01 30 00 – ADMINISTRATIVE REQUIREMENTS 

01 35 10 – ENVIRONMENTAL SAFETY AND WORKER PROTECTION 

01 35 53 – SECURITY PROCEDURES 

01 40 00 – QUALITY REQUIREMENTS 

01 50 00 – TEMPORARY FACILITIES AND CONTROLS 

01 54 00 – CONSTRUCTION AIDS 

01 61 00 – PRODUCT REQUIREMENTS 

01 70 00 – EXECUTION REQUIREMENTS 

01 78 00 – CONTRACT CLOSEOUT 

DIVISION 06 –WOOD 

TOC  00 01 00‐2 

06 25 00 – WOOD DOOR REPAIRS  AND RESTORATION 

DIVISION 09 – FINISHES 

09 99 00 – PAINT 

RFP: Exterior Door Preservation, TX State Capitol RFP # 809‐18‐0049 

        Issue Date:  June 20, 2018

00 20 00 ‐ INSTRUCTIONS TO BIDDERS 

Table of Contents ‐ Instructions to Bidders 

Section 1 ‐ PROPOSAL INFORMATION 

1.1  General  1.2  Definitions 1.3  Schedule of Events 1.4  Optional Site Visit  1.5  Questions 1.6  Contract Type 1.7  Historically Underutilized Businesses 1.8  Conflicts of Interest 1.9  Proposal Requirements 1.10  Proposal Submission 1.11  Delivery of Proposals 1.12  Proposal Evaluation and Award of Contract 

Section 2 ‐ FORMS 

ATTACHMENT A ‐ Contractor's Proposal Form ATTACHMENT B ‐ HUB Subcontracting Plan ATTACHMENT C ‐ RFP Submission Checklist 

RFP: Exterior Door Preservation, TX State Capitol RFP # 809‐18‐0049 

        Issue Date:  June 20, 2018

‐ 1 ‐

INSTRUCTIONS TO BIDDERS 

Exterior Door Preservation Date Issued: June 20, 2018 

Submittals Due: 2:00PM, CT, July 23, 2018 

SECTION 1 PROPOSAL INFORMATION 

1.1  GENERAL:   The State Preservation Board (SPB) is soliciting proposals from qualified contractors with sufficient experience and expertise to provide preservation services for the first floor exterior doors at the Texas State Capitol located in Austin, TX.  Work includes wood repair, painting, installation of new Owner‐provided closers, alteration of thresholds for adjustable foot bolt locations, repair and maintenance of all hardware, and replacing door sweeps.  All services will be in accordance with the terms, conditions, and requirements set forth in this Request for Proposal (RFP).  This RFP provides Respondents with the information necessary to prepare and submit a proposal for consideration by the SPB.  The estimated budget for the services described in this RFP is $120,000.  The deadline for substantial completion is October 19, 2018. 

1.2  DEFINITIONS:  When capitalized, the following terms and acronyms have the meaning set forth below. 

Addendum ‐ A modification of the specifications issued by SPB and made available to prospective Respondents prior to the opening of proposals. 

Best and Final Offer (BAFO) ‐ A formal request made to acceptable or potentially acceptable Respondents for revision to the originally submitted proposal. 

Contract ‐ The services Contract included under Section 00 52 33. 

Contract Manager/Project Manager ‐ The individual designated by SPB to represent SPB during the performance of the Contract. 

Contractor ‐ The Respondent awarded a Contract as a result of the RFP. 

Electronic State Business Daily (ESBD)  ‐ The designated website where state agencies, universities, and municipalities post formal solicitations (over $25K), addendums to posted solicitations, and awards.  The link to the ESBD is http://esbd.cpa.state.tx.us/ 

HUB ‐ Historically Underutilized Business, pursuant to Texas Govt. Code, Chapter §2161, means a business that is at least 51% owned by a Asian Pacific American, a Black American, a Hispanic American, a Native American, and American Woman, and/or a United States Veteran with a minimum 20% Disability rating; is an entity with its principal place of business in Texas; and has an owner residing in Texas with proportionate interest that actively participates in the control, operations, and management of the entity's affairs.   

Proposal ‐ The response submitted by a vendor to the SPB as a result of this solicitation.   

Respondent ‐ An individual, partnership or corporation that responds to this RFP. 

RFP: Exterior Door Preservation, TX State Capitol RFP # 809‐18‐0049 

        Issue Date:  June 20, 2018

‐ 2 ‐

RFP ‐ Request for Proposal, which is the type of solicitation embodied in this document. 

SPB ‐ The State Preservation Board, the state agency issuing this solicitation.  Also referred to as the Owner. 

1.3   SCHEDULE OF EVENTS:  The solicitation process for this RFP will proceed according to the following schedule: 

Event  Date Issue RFP  June 20, 2018 Optional Site Visit Meeting  10:00 AM, CT, July 10, 2018 Deadline for Submission of Questions  5PM, CT, July 12, 2018 Anticipated Release Date of Addendum, if any  July 16, 2018 Deadline for Submission of Proposals  2:00 PM, CT, July 23 , 2018 

Revisions to the Schedule ‐ SPB reserves the right to change the dates in the Schedule of Events set forth above upon written notification to prospective Respondents through a posting of an Addendum on the Electronic State Business Daily.  It is the responsibility of interested parties to periodically check the ESBD for updates to the procurement prior to submitting a response. The Respondent’s failure to periodically check the Electronic State Business Daily (ESBD) will in no way release the selected Contractor from “addenda or additional information” resulting in additional costs to meet the requirements of the RFP.   

1.4  OPTIONAL SITE VISIT:  Potential Respondents may attend a pre‐proposal site visit at the date and time listed in Section 1.3. This Pre‐Proposal conference will be an opportunity for all proposers to observe the worksite and existing conditions, and ask questions of the SPB.  Potential Respondents will meet at the State Preservation Board offices located at 201 E. 14th St., Ste. 950, Austin, TX 78701.  Parking is available in the Capitol Visitors Parking Garage located at 1201 San Jacinto Blvd.  Maps are available at the following link: http://www.tspb.texas.gov/plan/maps/maps.html 

1.5  QUESTIONS:  All questions not documented during the site visit must be submitted in writing by email to [email protected] by 5PM Central Time, on the date listed as the deadline for submission of questions in Section 1.3. 

Any clarifications or interpretations of this RFP that materially affect or change its requirements will be issued as an addendum and will be posted to the Electronic State Business Daily (ESBD), available at http://esbd.cpa.state.tx.us/.  It is the responsibility of interested parties to periodically check the ESBD for updates to the procurement prior to submitting a response. The Respondent’s failure to periodically check the Electronic State Business Daily (ESBD) will in no way release the selected vendor from “addenda or additional information” resulting in additional costs to meet the requirements of the RFP.  All such addenda issued by SPB prior to the time proposals are received shall be considered part of the RFP, and the Respondent shall consider and acknowledge receipt of such in their response.  Only those SPB replies to inquiries which are made by formal written addenda shall be binding.  Oral and other interpretations or clarifications shall be without legal effect. 

Upon issuance of this RFP, besides written inquiries as described above, other employees and representatives of SPB will not answer questions or otherwise discuss the contents of the RFP with any potential Respondent or their representatives.  Failure to observe this restriction may result in disqualification of any subsequent response.  This restriction does not preclude discussions between affected parties for the purpose of conducting business unrelated to this RFP. 

RFP: Exterior Door Preservation, TX State Capitol RFP # 809‐18‐0049 

        Issue Date:  June 20, 2018

‐ 3 ‐

1.6  CONTRACT TYPE:  It is the SPB's intent to award to one qualified firm.  Any contract resulting from this  solicitation will be in the form of the Owner's Standard Agreement, a sample copy of which is included in Section 00 52 33.  Respondents must review the contract terms and conditions and will be required to adhere to the terms if awarded the Contract.  Insurance requirements for this project are stated in the sample Owner's Standard Agreement, Section 00 52 33. 

1.7  HISTORICALLY UNDERUTILIZED BUSINESSES: It is the policy of the SPB to promote and encourage contracting and subcontracting opportunities for Historically Underutilized Businesses (HUBs) in all contracts.  The Policy applies to 

all contracts with an expected value of $100,000 or more.  Failure to submit a HUB Subcontracting Plan will result in rejection of the Response.  For more information on HUB Subcontracting Plan

requirements and procedures, please see Attachment G and visit the Comptroller of Public Accounts website at http://comptroller.texas.gov/procurement/prog/hub/hub‐subcontracting‐plan/ 

1.8  CONFLICTS OF INTEREST:  By submitting a Proposal, Respondent represents and warrants that neither it nor its employees and subcontractors have an actual or potential conflict of interest in entering a Contract with the State Preservation Board.  Respondent also represents and warrants that entering a Contract with the State Preservation Board will not create the appearance of impropriety.  In its Proposal, Respondent must disclose any existing or potential conflict of interest that it might have in contracting with the State Preservation Board.  The requirement to disclose any actual or potential conflict of interest will continue during the term of the contract.  The State Preservation Board will decide, in its sole discretion, whether an actual or perceived conflict should result in disqualification or Contract termination.   

In addition to the disclosures required above, Respondent must also disclose any of its personnel who current or former employees or officers of the State Preservation Board or who are related, within the third degree of affinity (as defined by Texas Government Code §573.025), to any current or former officers or employees of the State Preservation Board. 

Respondents must comply with all applicable Texas and federal laws and regulations relating to the hiring of former state employees (see e.g., Texas Government Code Chapters 572 and 573).  Such "revolving door" provisions generally restrict former agency heads from communicating with or appearing before the agency on certain matters for two years after leaving the agency.  The revolving door provisions also restrict some former employees from representing clients on matters that the employee participated in during state service or matters that were in the employees' official responsibility.  Respondent, by signing this solicitation, certifies that is has complied with all applicable laws and regulations regarding former state employees.   

1.9  PROPOSAL REQUIREMENTS:   

1.9.1  Submissions ‐ Respondents shall submit one (1) original of Attachment C ‐ RFP Submission Checklist along with one (1) original and four (4) copies of Attachment A ‐ Contractor's Proposal Form, and the Respondent's proposal.  Submit one (1) copy of Attachment B ‐ HUB Subcontracting Plan in a clearly marked envelope, separate from your RFP response.  Attachment B is due at the same time as the Proposal documents.  Proposal pages should be numbered and contain an organized, paginated table of contents corresponding to the section listed below in Section 1.9.4.  If submitting via email, only one electronic copy of the full Proposal is required.   

1.9.2  Costs ‐ Respondents to this RFP are responsible for all costs associated with the proposal preparation and delivery.   

1.9.3  Public Information ‐ SPB will not consider any Proposal that bears a copyright.  Proposals will be subject to 

RFP: Exterior Door Preservation, TX State Capitol RFP # 809‐18‐0049 

          Issue Date:  June 20, 2018

‐ 4 ‐

the Texas Public Information Act (PIA), Tex. Government Code, Chapter 552, and may be disclosed to the public upon request.  The Proposal and other submitted information shall be presumed to be subject to disclosure unless a specific exception to disclosure under the PIA applies.  If it is necessary for the Respondent to include proprietary or otherwise confidential information in its Proposal or other submitted information, the Respondent must clearly label that proprietary or confidential information and identify the specific exception to disclosure in the PIA.  Merely making a blanket claim the entire Proposal is protected from disclosure because it contains some proprietary information is not acceptable, and shall make the entire Proposal subject to release under the PIA.  In order to initiate the process of seeking an Attorney General opinion on the release of proprietary or confidential information, the specific provisions of the Proposal that are considered by the Respondent to be proprietary or confidential must be clearly labeled as described below.  Any information which is not clearly identified as proprietary or confidential shall be deemed to be subject to disclosure pursuant to the PIA.  Subject to the Act, Respondents may protect trade and confidential information from public release.  Trade secrets or other confidential information, submitted as part of a Proposal, shall be clearly marked at each page it appears.  Such marking shall be in boldface type and at least 14 point font.  

 1.9.4  Contents and Format ‐ Listed below is a summary of all information to be included in a Proposal submitted in 

response to this RFP.  Proposals submitted without all of the required information may be rejected.  SPB reserves the right, in its sole judgment and discretion, to waive minor technicalities and errors in the best interest of the State of Texas.  Any terms and conditions attached to the response will not be considered unless specifically referred to on this Request for Proposals and may result in disqualification of the response.  Information should be organized in the order outlined below and respond specifically, page by page, to each requested item.  Any additional information considered to be relevant to the submission should be provided as an attachment at the end of the document.    Firm Information   Provide name, address, phone number, email address, and primary contact person of the firm 

proposing.  State type of organization (corporation, partnership, sole proprietor, etc.) and list all owners and/or officers.  If applicable, indicate firm's HUB status and attach certification in the attachment section of your response. 

   If any trades are being subcontracted, include name, address, and primary contact for each 

subcontractor and note their scope of work.    Firm Experience   Minimum Qualifications:  The proposing firm and assigned Project Manager must have a minimum 

of five (5) years experience with historic door restoration and preservation, including wood and door hardware repair.  Respondent must also have an in‐house or established relationship with a metal shop with experience in custom alteration of metal fabrications.   

 Restorer:  Work to be performed and overseen by a skilled carpenter specializing in wood restoration with 10 years’ restoration experience and the required training and experience in the methods and materials employed and not fewer than two successfully completed projects of similar scope, nature, and complexity.  Personnel should be on hand with experience restoring historic bronze door hardware.  Personnel performing work to be skilled and experienced in the restoration processes and operations indicated. 

 Describe your firm's experience and expertise in the services required by this RFP.  Provide as 

RFP: Exterior Door Preservation, TX State Capitol RFP # 809‐18‐0049 

          Issue Date:  June 20, 2018

‐ 5 ‐

much detail as possible on your firm's experience with projects of this scale and relevant technical details.   

 If any work is to be subcontracted, provide subcontractor's experience, specifically noting any work subcontractor has performed with the proposing firm. 

   Project Team   Identify team approach and list staff to be assigned to the project, including the project manager 

and lead restorer/carpenter from your firm.  Include education, training, and experience of each team member.  Address staffing in terms of your firm's current and projected workload during the timeframe of this Project, including percentage of time that the Project Manager will commit to this project.  Include resumes with similar projects listed in the attachments section of your response.  Please don't list anyone who will not be actively involved in the Project. 

   The experience of the project manager and lead restorer/carpenter with similar projects must be 

outlined.   

  Project Details and References   Provide detailed information on three (3) relevant projects completed by the firm and its 

subcontrators in the last ten (10) years. Identify any of the personnel proposed for this project who were actively involved.  Provide the following information: 

 o Project Name and Location o Dates Work Performed o Brief Description of Project Scope  o Project Cost  o Identify work Performed o Focus on historic projects. o Firm’s Specific Role in the Project (GC or Sub) o Names and Roles of Personnel Named in Proposal o Name, Contact Person, Phone Number, and e‐mail of Owner 

   Project Execution Plan 

  Provide a proposed project execution plan including the following: division of labor among wood repair, painting, hardware restoration, and metal fabrication alteration.   Also include the plan to complete  the  work  adjacent  to  other  doors  in  use  by  building  occupants  and  the  public  (i.e. enclosures, storage of materials, etc.)   

   Cost   Include complete project cost as shown on Attachment A: Contractor's Proposal Form.  

   REQUIRED ATTACHMENTS  

1.  Attachment A: Contractor's Proposal Form  2.  Attachment B: HUB Subcontracting Plan* 3.  Attachment C: RFP Submission Checklist  

 * Historically Underutilized Business (HUB) Subcontracting Plan:  The HUB Subcontracting Plan (the "Plan") 

RFP: Exterior Door Preservation, TX State Capitol RFP # 809‐18‐0049 

        Issue Date:  June 20, 2018

‐ 6 ‐

must be completed, signed, and returned with the Proposal.  Include all subcontractors on the Plan; state whether each subcontractor has been certified as a HUB by the State of Texas; and if certified, provide the most recent date of certification.  Complete the remainder of the Plan forms as directed by the form instructions.  Failure to complete and return the Plan with the submitted Proposal will result in rejection of the Proposal.  In the event the Respondent should determine it is necessary to execute additional or alternative subcontracts for any of the performances under the Contract, the Respondent shall submit a revised HUB Subcontracting Plan for prior approval before executing any subcontracts.  The Respondent, in subcontracting for any performances specified herein, expressly understands and acknowledges that in entering into such subcontract(s), the SPB is in no manner liable to any subcontractor(s) of the Respondent. In no event shall this provision relieve the Respondent of the responsibility for ensuring that the performance rendered under all subcontracts are rendered so as to comply with all terms of this RFP and Contract.  The Respondent shall manage all quality and performance, project management, and schedules for subcontractors.  The Respondent shall be held solely responsible and accountable for the completion of all work for which the Respondent has subcontracted. 

1.10 PROPOSAL SUBMISSION:   1.10.1 All proposals must be received at SPB no later than 2PM, Central Time, Austin, Texas on the date specified in 

the Schedule of Events.  The official bid clock in the State Preservation Board reception area is the sole determiner of the time of day.  Proposals received after the proposal deadline will not be considered.  After receipt, only the names of respondents will be made public.  Prices and other proposal details will only be divulged after the contract award.  

1.10.2  If submitting hardcopies, Proposals must be placed in a separate envelope or package and correctly identified with the RFP number and submittal deadline date and time.  It is the Respondent's responsibility to appropriately mark and deliver the proposal to SPB by the specified date and time.  Proposals submitted via email must contain the RFP number and title in the email subject line.  

1.10.3 Receipt of all addenda to this RFP should be acknowledged by returning a signed copy of each addendum with the submitted proposal.   

1.10.4 All submitted Proposals become the property of SPB after the RFP submittal deadline date.  Proposals submitted constitute an offer for a period of ninety (90) days or the respondent may agree to the extension of the offer until an award is made by SPB. 

1.11 DELIVERY OF PROPOSALS:  Proposals must be submitted to SPB by one of the following methods: 

  By US Mail:  State Preservation Board Attn: Purchasing Manager P.O. Box 13286 Austin, TX  78711 

By Overnight/Express Mail:  State Preservation Board Attn: Purchasing Manager 201 E. 14th St., Ste. 950 Austin, TX  78701 

RFP: Exterior Door Preservation, TX State Capitol RFP # 809‐18‐0049 

          Issue Date:  June 20, 2018

‐ 7 ‐

  By Hand Delivery:      State Preservation Board   (Monday ‐ Friday, 8AM ‐ 5PM)    Attn: Purchasing Manager             Sam Houston State Office Building             201 E. 14th St., 9th Floor, Ste. 950             Austin, TX  78701    By Email*:        [email protected]     

* If Respondent is submitting their proposal via email, it is recommended that Respondent begin the email process at least 24 hours in advance of the due date/time since most large attachments are quarantined and delayed for security scanning.  The email subject line should contain the RFP number and title as indicated on the cover page.  The State shall not be responsible for failure of electronic equipment or operator error.  SPB takes no responsibility for electronic Proposals that are captured, blocked, filtered, quarantined or otherwise prevented from reaching the proper destination email box by the due date/time by any SPB anti‐virus or other security software.  All proposals received via email will be acknowledged.  If no confirmation is received, contact the SPB Purchasing Dept. at 512‐475‐4901 to confirm receipt of proposal.   

 1.12 PROPOSAL EVALUATION AND AWARD OF CONTRACT: 

1.12.1  The SPB shall award the Contract to the Respondent whose proposal is considered to provide the   best value to the State of Texas, as defined by Texas Government Code, Section 2155.074.  The SPB reserves the right to award the contract without any negotiations.  Respondents are strongly encouraged to provide its best price in its Proposal because the SPB makes no guarantee that there will be any opportunity to negotiate or provide alternative pricing at any point in the RFP process.   SPB will not conduct bid/proposal openings or tabulations prior to award of the Contract.    1.12.2  A committee will be established to evaluate the submitted proposals.  The evaluation committee   will evaluate and score each proposal based on the criteria stated in this RFP.  By submitting a   proposal in response to this RFP, the Respondent accepts the evaluation process and acknowledges and accepts that scoring of the proposals may involve some subjective judgments by the evaluation committee.    1.12.3  The evaluation committee will evaluate and score each proposal based on the following criteria: Criteria                       Weight

Experience with historic wood door repair              15% 

Experience with historic door hardware repair              15% 

Experience with metal fabrication and alteration            20% 

Project Manager experience with all the above              20% 

Project Plan                      10% 

Cost proposal                       20% References – Contacted at Owner’s discretion as needed to supplement    information to rank the above.

 1.12.4  In compliance with applicable provisions of Texas Government Code §2155.074, 2155.075, 2156.007, 

2157.003, and 2157.125, a Respondent's past performance will be also be reviewed on a      pass/fail basis using the Texas Comptroller of Public Accounts (CPA) Vendor Performance Tracking System.  

RFP: Exterior Door Preservation, TX State Capitol RFP # 809‐18‐0049 

          Issue Date:  June 20, 2018

‐ 8 ‐

Respondents may fail this selection criterion for any of the following conditions: a score of less than 90%  in the Vendor Performance Tracking System; currently under a Corrective Action Plan through CPA; having repeated negative Vendor Performance Reports for the same reason; having purchase orders that have been cancelled in the previous 12 months for non‐performance.   

 

  Contractor performance information is located on the CPA website at http://www.window.state.tx.us/procurement/prog/vendor_performance/ 

 1.12.5  SPB will conduct reference checks with other entities regarding past performance, in addition to evaluating 

performance through the Vendor Performance Tracking System.  SPB will examine other sources of vendor performance including, but not limited to, notices of termination, cure notices, assessments of liquated damages, litigation, audit reports, and non‐renewals of contracts.  Any such investigations shall be at the sole discretion of SPB, and any negative findings, as determined by SPB, may result in non‐award to the Respondent. 

 1.12.6  The evaluation committee will determine if Best and Final Offers (BAFO) are necessary.  Respondents 

should provide their best offers in the initial response as award of a contract may be made without Best and Final Offers.  A request for a Best and Final Offer is at the sole discretion of SPB and will be extended in writing.   

 

 

    

RFP: Exterior Door Preservation, TX State Capitol RFP # 809‐18‐0049 

          Issue Date:  June 20, 2018

‐ 9 ‐

ATTACHMENT A CONTRACTOR'S PROPOSAL FORM  

 Note:  This attachment must be signed and returned with the respondent's proposal.  Proposals that do not include this exhibit will not be considered.  Proposals shall be void if false statements are contained in this exhibit.  Respondent (firm name): ________________________________________________________________________  Contact Person/Title:  _________________________________________________________________________  Street/City/State/Zip: ___________________________________________________________________________  Telephone #: ____________________________Email Address: __________________________________________  Texas Identification Number (TIN) or Federal Employer Identification Number:______________________________  

Project Number:  809‐18‐0049 Project Title:    Exterior Door Preservation 

 

Having carefully examined the RFP for the referenced project, as well as the premises and conditions affecting the work, we hereby propose to furnish all labor, materials, equipment, coordination and supervisory activities necessary to complete the work for the following amounts.  _________________________________________________________________DOLLARS   ($ ___________________________)  *NOTE:   Amount shall be shown in both written and figure form.  In case of discrepancy between the written 

amount and the figure, the written amount will govern  

 Acknowledge Receipt of Addenda (if any):     ___ Addendum #1  ___Addendum #2  ___ Addendum #3   By signature hereon, Respondent certifies that:  All statements and information prepared and submitted in the response to this RFP are current, complete, and accurate.  Failure to sign the Execution of Proposal or signing it with a false statement shall void the submitted offer or any resulting contracts.  Respondent has not given, offered to give, nor intends to give at any time hereafter, any economic opportunity, future employment, gift, loan, gratuity, special discount, trip favor, or service to a public servant in connection with the submitted response.  Neither Respondent nor the firm, corporation, partnership, or institution represented by Respondent or anyone acting for such firm, corporation, or institution has (1) violated the antitrust laws of the State of Texas under Texas Business & Commerce Code, Chapter 15, or the federal antitrust laws; or (2) communicated the contents of this Proposal either directly or indirectly to any competitor or any other person engaged in the same line of business during the procurement process for this RFP. 

RFP: Exterior Door Preservation, TX State Capitol RFP # 809‐18‐0049 

          Issue Date:  June 20, 2018

‐ 10 ‐

 When a Texas business address shown hereon that address is, in fact, the legal business address of Respondent and Respondent qualifies as a Texas Bidder under 34 TAC 20.32 (68).  Under Texas Government Code §2155.004, no person who prepared the specifications or this RFP has any financial interest in Respondent's Offer.  If Respondent is not eligible, then any contract resulting from this RFP shall be immediately terminated.  Furthermore, "under Section 2155.004, Government Code, the Respondent certifies that the individual or business entity named in this bid or contract is not ineligible to receive the specified contract and acknowledges that this contract may be terminated and payment withheld if this certification is inaccurate."  Under Family Code §231.006, relating to child support obligations, Respondent and any other individual or business entity named in this solicitation are eligible to receive the specified payment and acknowledge that this contract may be terminated and payment withheld if this certification is inaccurate.  Under Government Code §669.003, relating to contracting with an executive of a state agency, Respondent represents that no person who, in the past four years, served as an executive of the SPB or any other state agency, was involved with or has any interest in this Offer or any contract resulting from this RFP.  If Respondent employs or has used the services of a former executive head of the SPB or other state agency, then Respondent shall provide the following information: Name of former executive, name of state agency, date of separation from state agency, position from Respondent, and date of employment with Respondent.  Respondent agrees that any payments due under this contract will be applied towards any debt, including but not limited to delinquent taxes and child support that is owed to the State of Texas.  The SPB is federally mandated to adhere to the directions provided in the President's Executive Order (EO) 13224, Executive Order on Terrorist Financing ‐ Blocking Property and Prohibiting Transactions With Persons Who Commit, Threaten to Commit, or Support Terrorism, effective 9/24/2001 and any subsequent changes made to it via cross‐referencing respondents/vendors with the Federal General Services Administration's Excluded Parties List System (EPLS), http://www.epls.gov, which is inclusive of the United States Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) Specially Designated National (SDN) list.  Respondent certifies that the responding entity and its principals are eligible to participate in this transaction and have not been subjected to suspension, debarment, or similar ineligibility determined by any federal, state or local governmental entity and that Respondent is in compliance with the State of Texas statutes and rules relating to procurement and that Respondent is not listed on the federal government's terrorism watch list as described in Executive Order 13224.  Entities ineligible for federal procurement are listed at http://www.epls.gov. Under Section 2155.006 (b) of the Texas Government Code, a state agency may not accept a bid or award a contract, including a contract for which purchasing authority is delegated to a state agency, that includes proposed financial participation by a person who, during the five‐year period preceding the date of the bid or award, has been: (1) convicted of violating a federal law in connection with a contract awarded by the federal government for relief, recovery, or reconstruction efforts as a result of Hurricane Rita, as defined by Section 39.459, Utilities Code, Hurricane Katrina, or any other disaster occurring after September 24, 2005; or (2) assessed a penalty in a federal civil or administrative enforcement action in connection with a contract awarded by the federal government for relief, recovery, or reconstruction efforts as a result of Hurricane Rita, as defined by Section 39.459, Utilities Code, Hurricane Katrina, or any other disaster occurring after September 24, 2005.  Under Section 2155.006 of the Texas Government Code, the bidder certifies that the individual or business entity named in this bid is not ineligible to receive the specified contract and acknowledges that nay contract resulting from this RFP may be terminated and payment withheld if this certification is inaccurate. 

RFP: Exterior Door Preservation, TX State Capitol RFP # 809‐18‐0049 

          Issue Date:  June 20, 2018

‐ 11 ‐

 Pursuant to Section 2262.003 of the Texas Government Code, the state auditor may conduct an audit or investigation of the Respondent or any other entity or person receiving funds from the state directly under this contract or indirectly through a subcontract under this contract.  The acceptance of funds by the Respondent or any other entity  or person directly under this contract or indirectly through a subcontract under this contract acts as acceptance of the authority of the state auditor, under the direction of the legislative audit committee, to conduct an audit or investigation in connection with those funds.  Under the direction of the legislative audit committee, the Respondent or other entity that is the subject of an audit or investigation by the state auditor must provide the state auditor with access to any information the state auditor considers relevant to the investigation or audit.  Respondent will ensure that this clause concerning the authority to audit funds received indirectly by subcontractors through the Contractor and the requirement to cooperate is included in any subcontract it awards.  Respondent affirms that the execution of an agreement between Respondent and the State Preservation Board will not create a conflict of interest or cause an appearance of a conflict of interest.  In its Proposal, Respondent must disclose any existing or potential conflicts of interest or possible issues that might create appearances of impropriety relative to Respondent's (and its proposed subcontractors') submission of a Proposal and possible selection as Contractor or its performance of the Contract.  If the circumstances certified by Respondent change or additional information is obtained subsequent to submission of Proposal, by submitting a response Respondent agrees that it is under a continuing duty to supplement its response under this provision, and Respondent shall submit updated information as soon as reasonably possible upon learning of any change to Respondent's affirmation.   Respondent certifies that it has not employed and will not employ a former State Preservation Board employee who participated in a procurement or contract negotiation for the State Preservation Board involving Respondent within two years after the employee left state agency employment.  This certification only applies to former state employees whose state employment ceased on or after September 1, 2015.      Respondent represents and warrants that the individual signing this Proposal Form is authorized to sign this document on behalf of Respondent and to bind Respondent under any contract resulting from this Offer.   RESPECTFULLY SUBMITTED:  Authorized Signature :  ___________________________________________________________  Name (typed/printed): ___________________________________________________________  Title: __________________________________________________________________________  Date: ___________________________________________________________________________    

  

RFP: Exterior Door Preservation, TX State Capitol RFP # 809‐18‐0049 

        Issue Date:  June 20, 2018

ATTACHMENT B HUB SUBCONTRACTING PLAN 

See attached Texas Comptroller of Public Accounts HUB Subcontracting Plan (HSP) forms and HUB bidder's lists.  The HUB Subcontracting Plan (the "Plan") must be completed, signed, and returned with the Proposal.  Include all subcontractors on the Plan; state whether each subcontractor has been certified as a HUB by the State of Texas; and if certified, provide the most recent date of certification.  Complete the remainder of the Plan forms as directed by the form instructions.  Failure to complete and return the Plan with the submitted Proposal will result in rejection of the Proposal.  In the event the Respondent should determine it is necessary to execute additional or alternative subcontracts for any of the performances under the Contract, the Respondent shall submit a revised HUB Subcontracting Plan for prior approval before executing any subcontracts.   

The State of Texas HUB subcontractor participation goal for this project is 32.9%.  The State Preservation Board has determined that HUB subcontracting opportunities are likely on this project.  HUB subcontracting opportunities may be available in the following areas: 

NIGP Class/Item:  910/06  Carpentry Services NIGP Class/Item:  910/54  Painting Services NIGP Class/Item:  929/48  Metal Fabrication NIGP Class/Item:  910/15  Door Repair Services 

The list above is not, nor intended to be a comprehensive list that identifies all subcontracting opportunities.  See attachment "HUB Vendor List" for a list of active HUB vendors that have signed up with the Comptroller of Public Accounts as providing the types of services listed above.  See the Texas Comptroller of Public Accounts website at https://mycpa.cpa.state.tx.us/tpasscmblsearch/tpasscmblsearch.do for additional HUB vendor lists.  Note that HUB vendors must be given at least seven (7) working days to respond to requests for bids.  Based on the current Proposal due date of July 23, 2018, HUB vendors must be notified of subcontracting opportunities no later than July 11, 2018.   

Note that the Good Faith Effort ‐ Method B Section B‐3 requires that in addition to notifying three (3) Texas certified HUBs, you must provide written notification of the subcontracting opportunity to two (2) or more HUB trade organizations in Texas.  The entities listed below have expressed their willingness to accept notices of subcontracting opportunities from vendors to distribute to their minority and woman‐owned business members.  Additional resources can be found on the Texas Comptroller of Public Accounts website at https://comptroller.texas.gov/purchasing/vendor/hub/resources.php 

Asian Contractor Association  Website:www.acta‐austin.com 

  Contact: Aletta Banks   Email: [email protected]   Phone: 512‐926‐5400   Fax: 512‐926‐5410  

Hispanic Contractors Association de San Antonio  Website: www.hcadesa.org 

RFP: Exterior Door Preservation, TX State Capitol RFP # 809‐18‐0049 

        Issue Date:  June 20, 2018

  Contact: Roy Attwood   Email: [email protected]   Phone: 210‐444‐1100   Fax: 210‐444‐1101  

Southwest Minority Supplier Development Council  Website: http://www.smsdc.org 

  Contact: Noelle Flowers   Email: [email protected]   Phone: 512‐386‐8766   Fax: 512‐386‐8958  

Texas Association of African American Chambers of Commerce (TAAACC)  Website: www.taaacc.org 

  Contact: Charles O'Neal Email: [email protected] 

  Phone: 512‐535‐5610 

Texas Association of Mexican American Chambers of Commerce (TAMACC)  Website: www.TAMACC.org 

  Contact: Pauline Anton mail: [email protected] 

  Phone: 512‐444‐5727  

Rev. 2/17

HUB Subcontracting Plan (HSP)QUICK CHECKLIST

While this HSP Quick Checklist is being provided to merely assist you in readily identifying the sections of the HSP form that you will need to complete, it is very important that you adhere to the instructions in the HSP form and instructions provided by the contracting agency.

If you will be awarding all of the subcontracting work you have to offer under the contract to only Texas certified HUB vendors, complete:

Section 1 - Respondent and Requisition InformationSection 2 a. - Yes, I will be subcontracting portions of the contract.Section 2 b. - List all the portions of work you will subcontract, and indicate the percentage of the contract you expect to award to Texas certified HUB vendors. Section 2 c. - YesSection 4 - AffirmationGFE Method A (Attachment A) - Complete an Attachment A for each of the subcontracting opportunities you listed in Section 2 b.

If you will be subcontracting any portion of the contract to Texas certified HUB vendors and Non-HUB vendors, and the aggregate percentage of all the subcontracting work you will be awarding to the Texas certified HUB vendors with which you do not have a continuous contract* in place for more than five (5) years meets or exceeds the HUB Goal the contracting agency identified in the “Agency Special Instructions/Additional Requirements”, complete:

Section 1 - Respondent and Requisition InformationSection 2 a. - Yes, I will be subcontracting portions of the contract.Section 2 b. - List all the portions of work you will subcontract, and indicate the percentage of the contract you expect to award to Texas certified HUB vendors and Non-HUB vendors.Section 2 c. - NoSection 2 d. - YesSection 4 - AffirmationGFE Method A (Attachment A) - Complete an Attachment A for each of the subcontracting opportunities you listed in Section 2 b.

If you will be subcontracting any portion of the contract to Texas certified HUB vendors and Non-HUB vendors or only to Non-HUB vendors, and the aggregate percentage of all the subcontracting work you will be awarding to the Texas certified HUB vendors with which you do not have a continuous contract* in place for more than five (5) years does not meet or exceed the HUB Goal the contracting agency identified in the “Agency Special Instructions/Additional Requirements”, complete:

Section 1 - Respondent and Requisition InformationSection 2 a. - Yes, I will be subcontracting portions of the contract.Section 2 b. - List all the portions of work you will subcontract, and indicate the percentage of the contract you expect to award to Texas certified HUB vendors and Non-HUB vendors.Section 2 c. - NoSection 2 d. - NoSection 4 - AffirmationGFE Method B (Attachment B) - Complete an Attachment B for each of the subcontracting opportunities you listed in Section 2 b.

If you will not be subcontracting any portion of the contract and will be fulfilling the entire contract with your own resources (i.e., employees, supplies, materials and/or equipment), complete:

Section 1 - Respondent and Requisition Information Section 2 a. - No, I will not be subcontracting any portion of the contract, and I will be fulfilling the entire contract with my own resources.Section 3 - Self Performing Justification Section 4 - Affirmation

*Continuous Contract: Any existing written agreement (including any renewals that are exercised) between a prime contractor and a HUB vendor,where the HUB vendor provides the prime contractor with goods or service, to include under the same contract for a specified period of time. Thefrequency the HUB vendor is utilized or paid during the term of the contract is not relevant to whether the contract is considered continuous. Two ormore contracts that run concurrently or overlap one another for different periods of time are considered by CPA to be individual contracts rather thanrenewals or extensions to the original contract. In such situations the prime contractor and HUB vendor are entering (have entered) into “new”contracts.

Rev. 2/17

HUB Subcontracting Plan (HSP)

In accordance with Texas Gov’t Code §2161.252, the contracting agency has determined that subcontracting opportunities are probable under this contract. Therefore, all respondents, including State of Texas certified Historically Underutilized Businesses (HUBs) must complete and submit this State of Texas HUB Subcontracting Plan (HSP) with their response to the bid requisition (solicitation).

NOTE: Responses that do not include a completed HSP shall be rejected pursuant to Texas Gov’t Code §2161.252(b).

The HUB Program promotes equal business opportunities for economically disadvantaged persons to contract with the State of Texas in accordance with the goals specified in the 2009 State of Texas Disparity Study. The statewide HUB goals defined in 34 Texas Administrative Code (TAC) §20.284 are:

• 11.2 percent for heavy construction other than building contracts,

• 21.1 percent for all building construction, including general contractors and operative builders’ contracts,

• 32.9 percent for all special trade construction contracts,

• 23.7 percent for professional services contracts,

• 26.0 percent for all other services contracts, and

• 21.1 percent for commodities contracts.

- - Agency Special Instructions/Additional Requirements - -

Respondent (Company) Name:

Point of Contact:State of Texas VID #:

Bid Open Date:

SECTION 1: RESPONDENT AND REQUISITION INFORMATION

(mm/dd/yyyy)

- Yes - No

1

a.

b.

c.

In accordance with 34 TAC §20.285(d)(1)(D)(iii), a respondent (prime contractor) may demonstrate good faith effort to utilize Texas certified HUBs for its subcontracting opportunities if the total value of the respondent’s subcontracts with Texas certified HUBs meets or exceeds the statewide HUB goal or the agency specific HUB goal, whichever is higher. When a respondent uses this method to demonstrate good faith effort, the respondent must identify the HUBs with which it will subcontract. If using existing contracts with Texas certified HUBs to satisfy this requirement, only the aggregate percentage of the contracts expected to be subcontracted to HUBs with which the respondent does not have a continuous contract* in place for more than five (5) years shall qualify for meeting the HUB goal. This limitation is designed to encourage vendor rotation as recommended by the 2009 Texas Disparity Study.

E-mail Address:

Is your company a State of Texas certified HUB?

Requisition #:

Phone #:

Fax #:

-

- Yes, I will be subcontracting portions of the contract. (If Yes, complete Item b of this SECTION and continue to Item c of this SECTION.)

- Yes (If Yes, continue to SECTION 4 and complete an “HSP Good Faith Effort - Method A (Attachment A)” for each of the subcontracting opportunities you listed.) - No (If No, continue to Item d, of this SECTION.)

- Yes (If Yes, continue to SECTION 4 and complete an “HSP Good Faith Effort - Method A (Attachment A)” for each of the subcontracting opportunities you listed.) - No (If No, continue to SECTION 4 and complete an “HSP Good Faith Effort - Method B (Attachment B)” for each of the subcontracting opportunities you listed.)

Non-HUBs

HUBs

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Rev. 2/17

Enter your company’s name here: Requisition #:

SECTION 2: RESPONDENT's SUBCONTRACTING INTENTIONS

After dividing the contract work into reasonable lots or portions to the extent consistent with prudent industry practices, and taking into consideration the scope of work to be performed under the proposed contract, including all potential subcontracting opportunities, the respondent must determine what portions of work, including contracted staffing, goods and services will be subcontracted. Note: In accordance with 34 TAC §20.282, a “Subcontractor” means a person who contracts with a prime contractor to work, to supply commodities, or to contribute toward completing work for a governmental entity. a. Check the appropriate box (Yes or No) that identifies your subcontracting intentions:

b. List all the portions of work (subcontracting opportunities) you will subcontract. Also, based on the total value of the contract, identify the percentages of the contractyou expect to award to Texas certified HUBs, and the percentage of the contract you expect to award to vendors that are not a Texas certified HUB (i.e., Non-HUB).

Item # Subcontracting Opportunity Description Percentage of the contract expected to be subcontracted to

HUBs with which you do not have a continuous contract* in place

for more than five (5) years.

Percentage of the contract expected to be subcontracted to

HUBs with which you have a continuous contract* in place for

more than five (5) years.

Percentage of the contract expected to be subcontracted

to non-HUBs.

1 %

2

3

4

5

6 %

7

8

9

10

11 %

12

13

14

15

Aggregate percentages of the contract expected to be subcontracted:

(Note: If you have more than fifteen subcontracting opportunities, a continuation sheet is available online at https://www.comptroller.texas.gov/purchasing/vendor/hub/forms.php).

c. Check the appropriate box (Yes or No) that indicates whether you will be using only Texas certified HUBs to perform all of the subcontracting opportunitiesyou listed in SECTION 2, Item b.

d. Check the appropriate box (Yes or No) that indicates whether the aggregate expected percentage of the contract you will subcontract with Texas certified HUBs with which you do not have a continuous contract* in place with for more than five (5) years, meets or exceeds the HUB goal the contracting agencyidentified on page 1 in the “Agency Special Instructions/Additional Requirements.”

2

*Continuous Contract: Any existing written agreement (including any renewals that are exercised) between a prime contractor and a HUB vendor,where the HUB vendor provides the prime contractor with goods or service under the same contract for a specified period of time. The frequencythe HUB vendor is utilized or paid during the term of the contract is not relevant to whether the contract is considered continuous. Two or morecontracts that run concurrently or overlap one another for different periods of time are considered by CPA to be individual contracts rather thanrenewals or extensions to the original contract. In such situations the prime contractor and HUB vendor are entering (have entered) into “new”contracts.

- No, I will not be subcontracting any portion of the contract, and I will be fulfilling the entire contract with my own resources, including employees, goods and services. (If No, continue to SECTION 3 and SECTION 4.)

Rev. 2/17

Enter your company’s name here: Requisition #:

SECTION 2: RESPONDENT's SUBCONTRACTING INTENTIONS (CONTINUATION SHEET)

This page can be used as a continuation sheet to the HSP Form’s page 2, Section 2, Item b. Continue listing the portions of work (subcontracting opportunities) you will subcontract. Also, based on the total value of the contract, identify the percentages of the contract you expect to award to Texas certified HUBs, and the percentage of the contract you expect to award to vendors that are not a Texas certified HUB (i.e., Non-HUB).

Item # Subcontracting Opportunity Description

HUBs Non-HUBs

16 % % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Aggregate percentages of the contract expected to be subcontracted:

HSP – SECTION 2 (Continuation Sheet)

*Continuous Contract: Any existing written agreement (including any renewals that are exercised) between a prime contractor and a HUB vendor,where the HUB vendor provides the prime contractor with goods or service under the same contract for a specified period of time. The frequency theHUB vendor is utilized or paid during the term of the contract is not relevant to whether the contract is considered continuous. Two or more contractsthat run concurrently or overlap one another for different periods of time are considered by CPA to be individual contracts rather than renewals orextensions to the original contract. In such situations the prime contractor and HUB vendor are entering (have entered) into “new” contracts.

Percentage of the contract expected to be subcontracted to

HUBs with which you do not have a continuous contract* in place

for more than five (5) years.

Percentage of the contract expected to be subcontracted to

HUBs with which you have a continuous contract* in place for

more than five (5) years.

Percentage of the contract expected to be subcontracted

to non-HUBs.

Rev. 2/17

-

-

Enter your company’s name here: Requisition #:

SECTION 3: SELF PERFORMING JUSTIFICATION (If you responded “No” to SECTION 2, Item a, you must complete this SECTION and continue to SECTION 4.) If you responded “No” to SECTION 2, Item a, in the space provided below explain how your company will perform the entire contract with its own employees, supplies, materials and/or equipment.

SECTION 4: AFFIRMATION

As evidenced by my signature below, I affirm that I am an authorized representative of the respondent listed in SECTION 1, and that the information and supporting documentation submitted with the HSP is true and correct. Respondent understands and agrees that, if awarded any portion of the requisition:

• The respondent will provide notice as soon as practical to all the subcontractors (HUBs and Non-HUBs) of their selection as a subcontractor for the awardedcontract. The notice must specify at a minimum the contracting agency’s name and its point of contact for the contract, the contract award number, thesubcontracting opportunity they (the subcontractor) will perform, the approximate dollar value of the subcontracting opportunity and the expected percentage ofthe total contract that the subcontracting opportunity represents. A copy of the notice required by this section must also be provided to the contracting agency’spoint of contact for the contract no later than ten (10) working days after the contract is awarded.

• The respondent must submit monthly compliance reports (Prime Contractor Progress Assessment Report – PAR) to the contracting agency, verifying itscompliance with the HSP, including the use of and expenditures made to its subcontractors (HUBs and Non-HUBs). (The PAR is available athttps://www.comptroller.texas.gov/purchasing/docs/hub-forms/ProgressAssessmentReportForm.xls).

• The respondent must seek approval from the contracting agency prior to making any modifications to its HSP, including the hiring of additional or differentsubcontractors and the termination of a subcontractor the respondent identified in its HSP. If the HSP is modified without the contracting agency’s prior approval,respondent may be subject to any and all enforcement remedies available under the contract or otherwise available by law, up to and including debarment from allstate contracting.

• The respondent must, upon request, allow the contracting agency to perform on-site reviews of the company’s headquarters and/or work-site where servicesare being performed and must provide documentation regarding staffing and other resources.

Printed Name Title Date (mm/dd/yyyy)

Signature

Reminder: If you responded “Yes” to SECTION 2, Items c or d, you must complete an “HSP Good Faith Effort - Method A (Attachment A)” for each of the subcontracting opportunities you listed in SECTION 2, Item b.

If you responded “No” SECTION 2, Items c and d, you must complete an “HSP Good Faith Effort - Method B (Attachment B)” for each of the subcontracting opportunities you listed in SECTION 2, Item b.

3

-

Rev. 2/17 HSP Good Faith Effort - Method A (Attachment A)

Enter your company’s name here:

Requisition #:

IMPORTANT: If you responded “Yes” to SECTION 2, Items c or d of the completed HSP form, you must submit a completed “HSP Good Faith Effort - Method A (Attachment A)” for each of the subcontracting opportunities you listed in SECTION 2, Item b of the completed HSP form. You may photo-copy this page or download the form at https://www.comptroller.texas.gov/purchasing/docs/hub-forms/hub-sbcont-plan-gfe-achm-a.pdf

SECTION A-1: SUBCONTRACTING OPPORTUNITY

Enter the item number and description of the subcontracting opportunity you listed in SECTION 2, Item b, of the completed HSP form for which you are completing the attachment. Item Number:

Description:

Company Name Texas certified HUB Approximate

Dollar AmountExpected

Percentage of Contract

- Yes - No $

$

$

$

$

$

$

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

- Yes - No

- Yes - No

- Yes - No

- Yes - No

- Yes - No

- Yes - No

- Yes - No

- Yes - No

- Yes - No

- Yes - No

- Yes - No

- Yes - No

- Yes - No

- Yes - No

- Yes - No

- Yes - No

- Yes - No

- Yes - No

- Yes - No

- Yes - No

- Yes - No

- Yes - No

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

REMINDER: As specified in SECTION 4 of the completed HSP form, if you (respondent) are awarded any portion of the requisition, you are required toprovide notice as soon as practical to all the subcontractors (HUBs and Non-HUBs) of their selection as a subcontractor. The notice must specify at a minimum the contracting agency’s name and its point of contact for the contract, the contract award number, the subcontracting opportunity they (the subcontractor) will perform, the approximate dollar value of the subcontracting opportunity and the expected percentage of the total contract that the subcontracting opportunity represents. A copy of the notice required by this section must also be provided to the contracting agency’s point of contact for the contract no later than ten (10) working days after the contract is awarded.

Page 1 of 1 (Attachment A)

Texas VID or federal EIN Do not enter Social Security Numbers.

If you do not know their VID / EIN, leave their VID / EIN field blank.

SECTION A-2: SUBCONTRACTOR SELECTION

List the subcontractor(s) you selected to perform the subcontracting opportunity you listed above in SECTION A-1. Also identify whether they are a Texas certified HUB and their Texas Vendor Identification (VID) Number or federal Employer Identification Number (EIN), the approximate dollar value of the work to be subcontracted, and the expected percentage of work to be subcontracted. When searching for Texas certified HUBs and verifying their HUB status, ensure that you use the State of Texas’ Centralized Master Bidders List (CMBL) - Historically Underutilized Business (HUB) Directory Search located at http://mycpa.cpa.state.tx.us/tpasscmblsearch/index.jsp. HUB status code “A” signifies that the company is a Texas certified HUB.

- -

Enter your company’s name here:

-

Requisition #:

-

- -

Rev. 2/17 HSP Good Faith Effort - Method B (Attachment B)

IMPORTANT: If you responded “No” to SECTION 2, Items c and d of the completed HSP form, you must submit a completed “HSP Good Faith Effort - Method B (Attachment B)” for each of the subcontracting opportunities you listed in SECTION 2, Item b of the completed HSP form. You may photo-copy this page or download the form at https://www.comptroller.texas.gov/purchasing/docs/hub-forms/hub-sbcont-plan-gfe-achm-b.pdf..

SECTION B-1: SUBCONTRACTING OPPORTUNITY

Enter the item number and description of the subcontracting opportunity you listed in SECTION 2, Item b, of the completed HSP form for which you are completing the attachment.

Item Number: Description:

SECTION B-2: MENTOR PROTÉGÉ PROGRAMIf respondent is participating as a Mentor in a State of Texas Mentor Protégé Program, submitting its Protégé (Protégé must be a State of Texas certified HUB) as a subcontractor to perform the subcontracting opportunity listed in SECTION B-1, constitutes a good faith effort to subcontract with a Texas certified HUB towards that specific portion of work.Check the appropriate box (Yes or No) that indicates whether you will be subcontracting the portion of work you listed in SECTION B-1 to your Protégé.

- Yes (If Yes, continue to SECTION B-4.)

- No / Not Applicable (If No or Not Applicable, continue to SECTION B-3 and SECTION B-4.)

SECTION B-3: NOTIFICATION OF SUBCONTRACTING OPPORTUNITY

When completing this section you MUST comply with items a, b, c and d, thereby demonstrating your Good Faith Effort of having notified Texas certified HUBs and trade organizations or development centers about the subcontracting opportunity you listed in SECTION B-1. Your notice should include the scope of work, information regarding the location to review plans and specifications, bonding and insurance requirements, required qualifications, and identify a contact person. When sending notice of your subcontracting opportunity, you are encouraged to use the attached HUB Subcontracting Opportunity Notice form, which is also available online at https://www.comptroller.texas.gov/purchasing/docs/hub-forms/HUBSubcontractingOpportunityNotificationForm.pdf.Retain supporting documentation (i.e., certified letter, fax, e-mail) demonstrating evidence of your good faith effort to notify the Texas certified HUBs and trade organizations or development centers. Also, be mindful that a working day is considered a normal business day of a state agency, not including weekends, federal or state holidays, or days the agency is declared closed by its executive officer. The initial day the subcontracting opportunity notice is sent/provided to the HUBs and to the trade organizations or development centers is considered to be “day zero” and does not count as one of the seven (7) working days.

Provide written notification of the subcontracting opportunity you listed in SECTION B-1, to three (3) or more Texas certified HUBs. Unless the contracting agency specified a different time period, you must allow the HUBs at least seven (7) working days to respond to the notice prior to you submitting your bid response to the contracting agency. When searching for Texas certified HUBs and verifying their HUB status, ensure that you use the State of Texas’ Centralized Master Bidders List (CMBL) - Historically Underutilized Business (HUB) Directory Search located at http://mycpa.cpa.state.tx.us/tpasscmblsearch/index.jsp. HUB status code “A” signifies that the company is a Texas certified HUB.List the three (3) Texas certified HUBs you notified regarding the subcontracting opportunity you listed in SECTION B-1. Include the company’s Texas Vendor Identification (VID) Number, the date you sent notice to that company, and indicate whether it was responsive or non-responsive to your subcontracting opportunity notice.

Did the HUB Respond?

Provide written notification of the subcontracting opportunity you listed in SECTION B-1 to two (2) or more trade organizations or development centers in Texas to assist in identifying potential HUBs by disseminating the subcontracting opportunity to their members/participants. Unless the contracting agency specified a different time period, you must provide your subcontracting opportunity notice to trade organizations or development centers at least seven (7) working days prior to submitting your bid response to the contracting agency. A list of trade organizations and development centers that have expressed an interest in receiving notices of subcontracting opportunities is available on the Statewide HUB Program’s webpage at https://www.comptroller.texas.gov/purchasing/vendor/hub/resources.php.

List two (2) trade organizations or development centers you notified regarding the subcontracting opportunity you listed in SECTION B-1. Include the date when you sent notice to it and indicate if it accepted or rejected your notice.

Trade Organizations or Development Centers Was the Notice Accepted?

Page 1 of 2 (Attachment B)

a.

b.

c.

d.

- Yes

- Yes

- Yes

- Yes

- Yes

- No

- No

- No

- No

- No

Texas VID(Do not enter Social Security Numbers.)

Date Notice Sent(mm/dd/yyyy)

Company Name

Date Notice Sent(mm/dd/yyyy)

Rev. 2/17 HSP Good Faith Effort - Method B (Attachment B) Cont. Enter your company’s name here: Requisition #:

SECTION B-4: SUBCONTRACTOR SELECTIONEnter the item number and description of the subcontracting opportunity you listed in SECTION 2, Item b, of the completed HSP form for which you are completing the attachment.

Enter the item number and description of the subcontracting opportunity for which you are completing this Attachment B continuation page. Item Number: Description:

List the subcontractor(s) you selected to perform the subcontracting opportunity you listed in SECTION B-1. Also identify whether they are a Texas certified HUB and their Texas Vendor Identification (VID) Number or federal Emplioyer Identification Number (EIN), the approximate dollar value of the work to be subcontracted, and the expected percentage of work to be subcontracted. When searching for Texas certified HUBs and verifying their HUB status, ensure that you use the State of Texas’ Centralized Master Bidders List (CMBL) - Historically Underutilized Business (HUB) Directory Search located athttp://mycpa.cpa.state.tx.us/tpasscmblsearch/index.jsp. HUB status code “A” signifies that the company is a Texas certified HUB.

- Yes - No $ %

- Yes - No $ %

- Yes - No $ %

- Yes - No $ %

- Yes - No $ %

- Yes - No $ %

- Yes - No $ %

- Yes - No $ %

- Yes - No $ %

- Yes - No $ %

If any of the subcontractors you have selected to perform the subcontracting opportunity you listed in SECTION B-1 is not a Texas certified HUB, provide written justification for your selection process (attach additional page if necessary):

REMINDER: As specified in SECTION 4 of the completed HSP form, if you (respondent) are awarded any portion of the requisition, you are required to provide notice as soon as practical to all the subcontractors (HUBs and Non-HUBs) of their selection as a subcontractor. The notice must specify at a minimum the contracting agency’s name and its point of contact for the contract, the contract award number, the subcontracting opportunity it (the subcontractor) will perform, the approximate dollar value of the subcontracting opportunity and the expected percentage of the total contract that the subcontracting opportunity represents. A copy of the notice required by this section must also be provided to the contracting agency’s point of contact for the contract no later than ten (10) working days after the contract is awarded.

Page 2 of 2

(Attachment B)

a.

b.

c.

Company Name Approximate

Dollar AmountExpected

Percentage of Contract

Texas certified HUB Texas VID or federal EIN

Do not enter Social Security Numbers. If you do not know their VID / EIN, leave their VID / EIN field blank.

Rev. 2/17

HUB Subcontracting Opportunity Notification Form

In accordance with Texas Gov’t Code, Chapter 2161, each state agency that considers entering into a contract with an expected value of $100,000 or more shall, before the agency solicits bids, proposals, offers, or other applicable expressions of interest, determine whether subcontracting opportunities are probable under the contract. The state agency I have identified below in Section B has determined that subcontracting opportunities are probable under the requisition to which my company will be responding.

34 Texas Administrative Code, §20.285 requires all respondents (prime contractors) bidding on the contract to provide notice of each of their subcontracting opportunities to at least three (3) Texas certified HUBs (who work within the respective industry applicable to the subcontracting opportunity), and allow the HUBs at least seven (7) working days to respond to the notice prior to the respondent submitting its bid response to the contracting agency. In addition, at least seven (7) working days prior to submitting its bid response to the contracting agency, the respondent must provide notice of each of its subcontracting opportunities to two (2) or more trade organizations or development centers (in Texas) that serves members of groups (i.e., Asian Pacific American, Black American, Hispanic American, Native American, Woman, Service Disabled Veteran) identified in Texas Administrative Code §20.282(19)(C).

We respectfully request that vendors interested in bidding on the subcontracting opportunity scope of work identified in Section C, Item 2, reply no later than the date and time identified in Section C, Item 1. Submit your response to the point-of-contact referenced in Section A.

SECTION A: PRIME CONTRACTOR’S INFORMATION

Company Name:

. Central Time Date (mm/dd/yyyy)

Point-of-Contact:E-mail Address:

State of Texas VID #:

SECTION B: CONTRACTING STATE AGENCY AND REQUISITION INFORMATION

Agency Name: Point-of-Contact: Phone #:

Requisition #: Bid Open Date: (mm/dd/yyyy)

SECTION C: SUBCONTRACTING OPPORTUNITY RESPONSE DUE DATE, DESCRIPTION, REQUIREMENTS AND RELATED INFORMATION

1. Potential Subcontractor’s Bid Response Due Date: If you would like for our company to consider your company’s bid for the subcontracting opportunity identified below in Item 2,

we must receive your bid response no later than

In accordance with 34 TAC §20.285, each notice of subcontracting opportunity shall be provided to at least three (3) Texas certified HUBs, and allow the HUBs at least seven (7) working days to respond to the notice prior to submitting our bid response to the contracting agency. In addition, at least seven (7) working days prior to us submitting our bid response to the contracting agency, we must provide notice of each of our subcontracting opportunities to two (2) or more trade organizations or development centers (in Texas) that serves members of groups (i.e., Asian Pacific American, Black American, Hispanic American, Native American, Woman, Service Disabled Veteran) identified in Texas Administrative Code, §20.282(19)(C).

(A working day is considered a normal business day of a state agency, not including weekends, federal or state holidays, or days the agency is declared closed by its executive officer. The initial day the subcontracting opportunity notice is sent/provided to the HUBs and to the trade organizations or development centers is considered to be “day zero” and does not count as one of the seven (7) working days.)

2. Subcontracting Opportunity Scope of Work:

3. Required Qualifications: - Not Applicable

4. Bonding/Insurance Requirements: - Not Applicable

5. Location to review plans/specifications: - Not Applicable

on

Phone #: Fax #:

HUB Vendor List ‐ Carpentry Services

Vendor ID Company Name Contact Person City Email Phone HUB Statu

1300581302000 1 ACCESS ABILITY HOME MODIFICATIONS, LLC Lizette Moreno‐Davis SAN ANTONIO [email protected] 210‐414‐5600 Yes

1475357271900 1DZ ENTERPRISE, L.L.C Debra A. Garcia INGLESIDE [email protected] 361‐534‐4244 Yes

1461995281600 360TXC LLC Tony Lester ROUND ROCK [email protected] 877‐710‐7474 Yes

1743004957100 A‐1 TOTAL INTERIOR, INC. Randy Sanchez SAN ANTONIO [email protected] 210‐377‐3739 Yes

1760404341800 A.C.T. SERVICES President / Deborah Harris SAN ANTONIO [email protected] 210‐902‐5785 Yes

1742375316300 AARON CONCRETE CONTRACTORS, L.P. NORMA CAMARGO‐CABAZA   x104 AUSTIN [email protected] 512‐926‐7326 Yes

1760591039100 ACTION RESTORATION, INC. Susan Rising PORT ARTHUR [email protected] 409‐962‐1647 Yes

1752966405800 ACUMEN ENTERPRISES, INC. Wayne Boyter DESOTO wayne@acumen‐enterprises.com 972‐572‐0701 Yes

1822487492700 ADLLAN LIMITED LIABILITY COMPANY Olanrewaju Akinbinu MCKINNEY [email protected] 469‐422‐0043 Yes

1742952118400 ADVAN‐EDGE CUSTOM BUILDER, LLC Peter Vargas SAN ANTONIO [email protected] 210‐846‐1842 Yes

1752383675100 ADVANCED ENVIRONMENTAL CONCEPTS, INC. Barbara O'Toole CARROLLTON [email protected] 972‐488‐1066 Yes

1811519383300 ALA SIGNATURE SERVICES, LLC Linda Alexander KATY [email protected] 817‐993‐9865 Yes

1752739824600 ALL ABOUT DESIGN, INC. Hernaldo Cortez AUSTIN [email protected] 512‐636‐8223 Yes

1460813797300 ALLY ROOFING SERVICES LLC Tina Chapman HOUSTON [email protected] 832‐617‐8653 Yes

1320546968000 ALPHA LANDSCAPE, LLC Managing Director/Rolando Reyes, Jr. ANGLETON [email protected] 979‐236‐8794 Yes

1800790305900 AMERICANA BUSINESS CONSULTANTS LLC Tobias G. Ogu HOUSTON [email protected] 713‐271‐7626 Yes

1352493348100 AQUA ONE LLC Krin Mackenroth NEDERLAND [email protected] 409‐727‐0354 Yes

1760110237300 AQUATEX WATER CONDITIONING, INC. Nancy L. Standeford ALVIN [email protected] 281‐331‐7777 Yes

1752964285600 ARCJF, INC. JEFF FOLSOM DALLAS [email protected] 214‐528‐9897 Yes

1742861725600 ARMOR AFFILIATES, INC. Pres./Thomas Cisneros III ROUND ROCK [email protected] 512‐671‐9727 Yes

1472492867700 ARYO ENTERPRISES, L.L.C. ARNOLD BENAVIDEZ SAN ANTONIO [email protected] 210‐451‐8404 Yes

1752079307000 ASBESTOS REMOVAL, INC. LETA EDGE ODESSA [email protected] 432‐333‐4832 Yes

1742723787400 ASD CONSULTANTS, INC. President/Curtis Brown AUSTIN [email protected] 512‐836‐3329 Yes

1205395490000 ASFI CONSTRUCTION, L.L.C. Pres./Rachel L. Corbin SANGER [email protected] 940‐391‐1230 Yes

1820697817500 AUSCO AIR HEATING, AIR CONDITIONING & JOHN CAHILL ROUND ROCK [email protected] 512‐576‐6074 Yes

1203069755600 AXXESS SECURITY & JANITORIAL SERVICES Owner/LeAnthony Dykes HEARNE [email protected] 979‐280‐0159 Yes

1204458359400 AZTECA DESIGNS, INC PRESIDENT/CECILIA A. CASTELLANO SAN ANTONIO [email protected] 210‐375‐1900 Yes

1752316716500 AZTECA ENTERPRISES, INC. Odalys Alvarez, Chief Financial Officer DALLAS luiss@azteca‐omega.com 214‐905‐0612 Yes

1263385953800 B.I.T CONSTRUCTION SERVICES INC Pres/Britanie L. Olvera AUSTIN [email protected] 512‐258‐5336 Yes

1472857718100 BAAS SUPPORT SERVICES, LLC Brenda R. Ortiz CORPUS CHRISTI [email protected] 361‐945‐9965 Yes

1752686521100 BASECOM INC OSCAR OAXACA FORT WORTH [email protected] 817‐589‐0050 Yes

1752567124800 BENAS ENVIRONMENTAL SERVICES, Pres./EPHRAIM OKOTCHA COPPELL [email protected] 972‐393‐0128 Yes

1760097451700 BERKELEY OUTSIDE SERVICES, INC. CEO, Corporate Secretary/Tiffeny MorrowCONROE [email protected] 281‐367‐0276 Yes

1760605460300 BOBBYE JOYNER‐MILLS INC. Bobbye Joyner‐Mills HOUSTON [email protected] 713‐551‐2010 Yes

1752917230000 BRENCO INDUSTRIAL SERVICES LLC Vice‐Pres. /Brenda J Snay DALLAS bsnay@brenco‐llc.com 214‐267‐1628 Yes

1751960996401 BRYCO Owner/GERALDINE BRYANT FORT WORTH [email protected] 817‐294‐0438 Yes

1263389267900 BRYNCO, INC. Pres/Katherine Garza COLLEGE STATION [email protected] 979‐220‐8856 Yes

1474535839100 BULLDOG S3 LLC Clyde Odems MESQUITE [email protected] 214‐418‐7447 Yes

1841642752600 CAPITAL CITY MAINTENANCE & WATERPROOFING C.E.O. /Rene Molina  Jr.. AUSTIN [email protected] 512‐406‐4796 Yes

1263484785400 CAPTAIN CONSTRUCTION COMPANY LLC Bobby Captain/Owner/Mgr. MANSFIELD [email protected] 682‐518‐1448 Yes

1752918306700 CARCON INDUSTRIES & CONSTRUCTION, LLC DIANA MUNOZ DALLAS [email protected] 214‐352‐8515 Yes

1473191874500 CBMAA, LLC Wellington Facility Services FORNEY [email protected] 214‐227‐2269 Yes

1742919890000 CEDA‐TEX SVCS INC Pres./FRED ODANGA CEDAR PARK [email protected] 512‐339‐0155 Yes

1811705689700 CERTAPRO PAINTERS OF COLLEGE STATION Cliff Cornell COLLEGE STATION [email protected] 866‐505‐8244 Yes

HUB Vendor List ‐ Carpentry Services

1752468055400 CGB SOUTHWEST, INC. CEO/PRINTICE GARY DALLAS [email protected] 972‐980‐9810 Yes

1742311670000 CHAPARRAL CEILING & WALL INC. Joe Chapa AUSTIN [email protected] 512‐385‐5000 Yes

1760336168800 CHAVEZ SERVICE COMPANIES, INC. PRES./BRENDA CHAVEZ HOUSTON [email protected] 713‐781‐9200 Yes

1743003328600 COBOS DESIGN & CONSTRUCTION, INC. President / CALIXTO COBOS AUSTIN [email protected] 512‐478‐1986 Yes

1752784423100 CON‐E‐MACK, INC. MIKE MCDONALD ROUND ROCK [email protected] 512‐529‐1358 Yes

1043814808100 CONSOLIDATED ENTITIES, LLC ABAYOMI A. OWOLABI SUGAR LAND [email protected] 281‐265‐2457 Yes

1742855985400 CONSTRUCTION & ENVIRONMENTAL Pres./ALEC FELHABER EL PASO [email protected] 915‐544‐1985 Yes

1271016971000 CONTRACTORS CORNER, LLC Eduardo Garcia SAN ANTONIO [email protected] 210‐462‐3110 Yes

1200265986500 CREED CONSTRUCTION INC. Chester Reed MANSFIELD [email protected] 682‐518‐8835 Yes

1202683218300 D & L CONSTRUCTION, INC. Linda M. Young/President FORT WORTH [email protected] 817‐886‐6836 Yes

1742804224000 DEA SPECIALTIES CO., INC. Damian Stewart SAN ANTONIO [email protected] 210‐298‐5588 Yes

1814610293600 DRIVE AWAY TODAY Monique Verse AUSTIN [email protected] 512‐926‐6040 Yes

1201012492800 DURA PIER FACILITIES SERVICES, LTD Owner ‐ Tammi L. Terry HOUSTON [email protected] 713‐337‐5700 Yes

1160985876300 E &T MASONRY CONSTRUCTION & REMODELING CThomas Dukes MANOR [email protected] 512‐272‐4551 Yes

1264751977100 E‐FACILITY SOLUTIONS, LLC Donald Keyes RICHARDSON donald.keyes@efacility‐solutions.com 214‐336‐4280 Yes

1271186864100 EDWARDS ENERGY ENVIRONMENTAL & WASTE MASandra Edwards KINGWOOD [email protected] 832‐907‐4130 Yes

1760549830600 FAIRWEATHER GROUP, LLC Amy Miller CONROE [email protected] 936‐756‐6446 Yes

1272425295700 FRONTLINE SUPPORT SOLUTIONS, LLC President/Jose M Perez SAN ANTONIO [email protected] 210‐630‐6750 Yes

1742489403200 FST CONSTRUCTION OWNER/FERNANDO SANCHEZ SAN ANTONIO [email protected] 210‐843‐5725 Yes

1462959493900 G & S GLASS PRODUCTS Javier Gomez SAN ANTONIO [email protected] 210‐531‐0333 Yes

1752205887800 G. L. MORRIS ENTERPRISES, INC. Pres./Marla K. Murphy FORT WORTH marla@sun‐belt.com 817‐877‐0866 Yes

1752305253200 G.P. WATERPROOFING AND Principle/LUIS ROSILES DALLAS [email protected] 972‐642‐4335 Yes

1742946185200 GAME COURT SERVICES, INC. David Henderson AUSTIN [email protected] 512‐394‐0461 Yes

1270656120100 GREENHALL LLC Cindy Green SAN ANTONIO [email protected] 210‐381‐0601 Yes

1202680803500 GROWTH HOLDINGS, LLC Melanie Kuhr Murphy DALLAS [email protected] 972‐241‐9535 Yes

1822273584900 HALO EXCAVATION SERVICES, LLC Kimberly Castro SAN ANTONIO [email protected]‐730‐3545 Yes

1742493879700 HAYNES EAGLIN WATERS LLC Cloteal Haynes AUSTIN [email protected] 512‐451‐6600 Yes

1141981978100 HDD ENTERPRISES HAROLD WASH PFLUGERVILLE [email protected] 512‐487‐7507 Yes

1203059002500 HEARTS FOR HOMES Owner ‐ Maureen Moulton SAN ANTONIO [email protected] 210‐421‐9144 Yes

1203286415400 HENOCK CONSTRUCTION, LLC Mging Mbr/Henock Perez SAN ANTONIO [email protected] 210‐661‐2737 Yes

1412233395900 HEPCO DRYWALL & PAINTING CONTRACTORS INC Nick Hernandez HOUSTON [email protected] 713‐433‐6135 Yes

1770687246600 HILL BROS. CONSTRUCTION Managing Member/Kara Hill SAN ANTONIO [email protected] 210‐316‐0720 Yes

1741735144600 HOLES INCORPORATED CEO/SUSAN M. HOLLINGSWORTH HOUSTON [email protected] 281‐469‐7070 Yes

1274171451800 HUCKEYEHEALTH SERVICES LLC christopher Ojiako KATY [email protected] 281‐712‐2051 Yes

1453564452100 HYDRO EX Daniel Olivo CORPUS CHRISTI [email protected] 361‐452‐1375 Yes

1742884342300 HYNES SERVICES, INC. Pres./MICHAEL W. HYNES ROCKPORT [email protected] 361‐729‐7180 Yes

1721574962700 INTEGRA SHOW SERVICES, INC. President/BOBBY FLEWELLEN DESOTO [email protected] 214‐354‐4516 Yes

1300410297900 J.R.O. ELECTRICAL SERVICES Joe Orcasitas SAN ANTONIO [email protected] 210‐360‐0377 Yes

1271279948000 JEWEL'S COMMERCIAL CLEANING, LLC Owner/Julia Siordia SAN ANTONIO [email protected] 210‐888‐6130 Yes

1742616526600 JOVA INC. Carlos Villarreal BOERNE [email protected] 830‐249‐2094 Yes

1742915507400 JUST A TOUCH CLEANING SERVICE Delfred Hastings AUSTIN [email protected] 512‐933‐0621 Yes

1472939833000 K & H ELITE Keneshia Haye KILLEEN [email protected] 254‐449‐5299 Yes

1471412523500 K. TILLMAN CONSTRUCTION LLC Yakira Braden DALLAS [email protected] 832‐622‐3160 Yes

1271077049100 KBL RESTORATION, LLC AMY M BARNES LONGVIEW [email protected] 903‐241‐8330 Yes

1742479057800 KEGLEY, INC. Pres./ANITA M KEGLEY SAN ANTONIO [email protected] 210‐349‐4994 Yes

1811857430200 KENEBREW CONSTRUCTION william kenebrew BEAUMONT [email protected] 409‐600‐4230 Yes

1272024469300 L5 SERVICES, LLC John P. Ximenes/President SAN ANTONIO [email protected] 210‐222‐1705 Yes

HUB Vendor List ‐ Carpentry Services

1760329419400 LEE CONSTRUCTION AND MAINTENANCE COMPANJERRY R. LEE HOUSTON [email protected] 713‐947‐2422 Yes

1383681308200 LEMCO CONSTRUCTION SERVICES, L.P. President/JUDY LEMBKE ADDISON [email protected] 214‐637‐4222 Yes

1473256382100 LGAR ENTERPRISES, LLC RGV General Construction MISSION [email protected] 956‐969‐4500 Yes

1272034726400 M2 FEDERAL INC. Mike Scheiern SAN MARCOS [email protected] 512‐878‐1050 Yes

1470957150000 MADERO ENGINEERS & ARCHITECTS, LLC Frank Madero HOUSTON [email protected] 281‐610‐0367 Yes

1742490361900 MALTBY BUILDERS INC SANDRA MALTBY KINGSVILLE [email protected] 361‐592‐8426 Yes

1742603305000 MAPCO, INC. Michael Padron SAN ANTONIO [email protected] 210‐444‐9711 Yes

1760681859300 MARSH WATERPROOFING, INC. Tim Marsh VIDOR [email protected] 409‐769‐0459 Yes

1760667170300 MARTINEZ MILLWORKS, INC. President/SANTOS E. MARTINEZ HOUSTON [email protected] 281‐988‐9334 Yes

1455482081200 MAS ROAD & UTILITIES, INC. Kylie Smith AUSTIN [email protected] 512‐680‐4310 Yes

1562593727900 MEB CONSTRUCTION, LLC Eve Clark, President ARLINGTON [email protected] 817‐490‐1616 Yes

1383930626600 MELVIN R KELLEY ENTERPRISES LLC Melvin Kelley DUNCANVILLE [email protected] 888‐380‐2205 Yes

1821212282600 MIGHTY SERVICES CONSTRUCTION, LLC Monica Atterberry DALLAS [email protected] 469‐471‐4519 Yes

1813186284100 MIKOCORP, LLC Pres./Matthew Lindsey WEATHERFORD [email protected] 817‐458‐4425 Yes

1208678151000 MILLARD DRYWALL & ACOUSTICAL JAMES E. MILLARD AUSTIN [email protected] 512‐442‐8110 Yes

1760586361600 MILLENNIUM PROJECT SOLUTIONS, INC. Vice President/Luke Morgan CROSBY mmorgan@mps‐team.com 281‐328‐2200 Yes

1203850727800 MKM CONSTRUCTION, LTD. Mark Marlowe SAN ANTONIO [email protected] 210‐648‐9380 Yes

1752912841900 MOVE SOLUTIONS, LTD Patrick Zagurski DALLAS [email protected] 214‐630‐3607 Yes

1320351010500 MSK INDUSTRIES Mildred Knox CORPUS CHRISTI [email protected] 832‐215‐2410 Yes

1742639077300 MULTI‐CONSTRUCTION & CLEANING SERVICE OWNER/CHARLES E BANKS AUSTIN [email protected] 512‐687‐0437 Yes

1455317100100 MUNCOR, LLC RAMIRO MUNOZ CORPUS CHRISTI [email protected] 361‐946‐4848 Yes

1742823339300 MUNIZ CONCRETE AND CONTRACTING Pres./Jose J. Muniz AUSTIN [email protected] 512‐385‐2334 Yes

1421593032300 MVP INSTALLATIONS, L.P. Owner/Mike Flores DONNA [email protected] 956‐464‐2579 Yes

1742890367200 NATIVE ENERGY & TECHNOLOGY, INC. JOHN MORRIS SAN ANTONIO jmorris@native‐energy.com 210‐231‐6060 Yes

1464531596200 NEW WORLD CONTRACTING, LLC Dorrett Vanderberg DALLAS [email protected] 214‐812‐9429 Yes

1202089172200 NORTH AMERICAN COMMERCIAL Partner /  Lynn Dunlap DALLAS [email protected] 972‐620‐9975 Yes

1474940983600 NORTH TEXAS LAWN PAINTING & SERVICES Jamie Austin HOLLIDAY [email protected] 940‐782‐4732 Yes

1452910724600 NOVIUM GROUP LLC Managing Mbr/Tyler Walbridge AUSTIN [email protected] 512‐767‐2478 Yes

1821723264600 NTACT BUILDERS INC DAVID MILES HOUSTON [email protected] 346‐233‐8462 Yes

1760530329000 OXFORD BUILDERS, INC. William P. Sanchez HOUSTON [email protected] 713‐934‐7777 Yes

1760018324200 PAYLESS INSULATION, INC. VP/ELISA DIAS HOUSTON [email protected] 713‐868‐1021 Yes

1465026259600 PEAK CONTRACTORS, LLC Michael Herrera SAN ANTONIO [email protected] 210‐227‐4322 Yes

1331135164000 PIATRA INC. Pres./Mirela Glass AUSTIN [email protected] 512‐299‐0404 Yes

1271892553500 PLAN B DSGN, LLC Raul Wong DUNCANVILLE [email protected] 972‐572‐2527 Yes

1742796924500 PLANT EQUIPMENT & SERVICES, INC. President / Laurie Cauvel BRYAN pes1@pes‐solutions.com 979‐779‐8700 Yes

1743017107800 PMG CUSTOM HOMES, INC. Phillip Garcia COLUMBUS pgarcia@five‐oak.com 979‐732‐5001 Yes

1830390808300 PRECISE CLEANING CO LLC DAVID ALVAREZ DALLAS [email protected] 214‐837‐8812 Yes

1742684540400 PRISM DEVELOPMENT INC Michael von Ohlen AUSTIN [email protected] 512‐479‐9587 Yes

1752923422500 PROJECT MANAGEMENT SPECIALITIES, INC. President / CHIQUETA FISHER FORT WORTH [email protected] 817‐246‐3053 Yes

1020555210100 QA CONSTRUCTION SERVICES, INC. LILY GUTIERREZ AUSTIN [email protected] 512‐637‐6120 Yes

1020720408100 QUALITY INNOVATIONS, INC. PRES/MICHELE L. MORGAN BOERNE [email protected] 281‐705‐8709 Yes

1760505399400 R. G. WILLIAMS CONSTRUCTION & REMODELING Owner/Robert G. Williams PRAIRIE VIEW [email protected] 832‐428‐3274 Yes

1822690955600 R. R. & J. COMPANY LLC Rahul Jain HOUSTON [email protected] 985‐212‐0621 Yes

1262775390301 RACHEL BYRANT CO. Rachel Bryant AUSTIN [email protected] 512‐576‐2842 Yes

1812121639600 REAL CLEAN JANITORIAL LLC JESSE HUDSON ARLINGTON [email protected] 817‐703‐5231 Yes

1742866773100 ROYAL VISTA INC President/MAYDALE FOUST LIBERTY HILL [email protected] 512‐515‐6824 Yes

1742796492300 RTM CONSTRUCTION CO., INC. Gen. Partner/Thomas J. Smith ADKINS [email protected] 210‐649‐4600 Yes

HUB Vendor List ‐ Carpentry Services

1471821004100 SAFETY COUNTS INC. Shaunda Sostand HOUSTON [email protected] 832‐209‐8843 Yes

1383769165100 SECOND CHANCE INVESTMENTS, LLC DBA Pres./Monica M. Gonzales CORPUS CHRISTI tri‐[email protected] 361‐884‐4200 Yes

1462117475500 SKUNK DADDY SERVICES, LLC Nick Herron WACO [email protected] 254‐379‐8185 Yes

1760488940600 STOA INTERNATIONAL ARCHITECTS, INC Chao Chiung Lee HOUSTON [email protected] 713‐995‐8784 Yes

1205373757800 TEJAS PREMIER BUILDING CONTRACTOR, INC. President / Julissa Carielo SAN ANTONIO [email protected] 210‐821‐5858 Yes

1300794534100 TEX‐AM CONSTRUCTION LLC Amber Gebert HUTTO ambergebert@tex‐amconstruction.com512‐225‐4915 Yes

1742735766400 TEX‐STAR CONSTRUCTION Darlene SINGLETON AUSTIN [email protected] 512‐695‐2152 Yes

1760393668700 TEXAS LIQUA TECH SERVICES, INC. President/Angie Palladini HOUSTON [email protected] 713‐225‐5325 Yes

1043755110300 THE CAPROCK GROUP, LLC Mike Luna SAN ANTONIO [email protected] 210‐647‐8800 Yes

1461614237900 THE EPSILON GROUP, LLC Enrique Elizalde HELOTES [email protected] 210‐556‐1555 Yes

1272901895700 THE TAHAR GROUP LLC Manager/TAMERA MCNEAL KATY [email protected] 281‐656‐2100 Yes

1742206300200 THE TREVINO GROUP, INC. Matt Baker HOUSTON [email protected] 713‐863‐8333 Yes

1813493345800 TOP‐CHOICE CONSTRUCTION Mable Carter HOUSTON [email protected] 713‐859‐9328 Yes

1262956553700 TRIFORCE SOLUTIONS, INC Jeff Blake AUSTIN [email protected] 512‐788‐1773 Yes

1760775331000 TRINI CONSTRUCTION BUILDER LLC Reginald Worlds AUSTIN [email protected] 512‐282‐2262 Yes

1270204277600 UNIFIED SERVICE ASSOCIATES Ernestina Luna SAN ANTONIO [email protected] 210‐473‐1835 Yes

1742955455700 VILLAVERDE, INC. President/RAMON VILLAVERDE EL PASO [email protected] 915‐351‐8822 Yes

1900281892000 VISION CONSTRUCTION COMPANY, INC. Estimator/Jeff Fennell SAN ANTONIO [email protected] 210‐299‐0707 Yes

1465075595300 VOLAR SERVICE COMPANY Jose Malacara AUSTIN [email protected] 512‐971‐8865 Yes

1272219118100 W. S. COATINGS, INC. Pres./Wendy K. Smith PEARLAND [email protected] 713‐991‐3500 Yes

1742721298400 WENZEL, WENZEL & ASSOCIATES, INC. CONNIE J WENZEL NEW BRAUNFELS [email protected] 830‐606‐5723 Yes

1752659366400 WHITE CONSTRUCTION COMPANY President, Glinn H. White, Jr. KERRVILLE [email protected]‐257‐7477 Yes

1270195199300 YANEZ SERVICE COMPANY LLC Johnny Yanez BUDA [email protected] 512‐844‐5646 Yes

1454136670500 ZED SECURITY, LLC Kay Camp DENTON [email protected] 940‐387‐2345 Yes

Date : 2018/06/18 11:06:21

CMBL SUMMARY

Search Found 162 Vendors ,162 are Hubs , Includes 0 Inactive Vendors

Search Condition : SearchType=HUB's Only,Section1 Class Code=910,Section1 Item(s)=(06),Section1 Service District(s)=(14)

HUB Vendor List ‐ Door Repair Services

Vendor ID Company Name Contact Person City Email Phone HUB Statu

1300581302000 1 ACCESS ABILITY HOME MODIFICATIONS, LLC Lizette Moreno‐Davis SAN ANTONIO [email protected] 210‐414‐5600 Yes

1475357271900 1DZ ENTERPRISE, L.L.C Debra A. Garcia INGLESIDE [email protected] 361‐534‐4244 Yes

1204990047000 3 B'S CONSTRUCTION Owner/Andrew Rosas LYTLE [email protected] 210‐382‐0984 Yes

1461995281600 360TXC LLC Tony Lester ROUND ROCK [email protected] 877‐710‐7474 Yes

1472181557000 3J CONTRACTING Jose Mondragon CORPUS CHRISTI [email protected] 361‐548‐4937 Yes

1542025048000 3T FEDERAL SOLUTIONS LLC Sandeep S Yadav AUSTIN [email protected] 888‐738‐6723 Yes

1743004957100 A‐1 TOTAL INTERIOR, INC. Randy Sanchez SAN ANTONIO [email protected] 210‐377‐3739 Yes

1760404341800 A.C.T. SERVICES President / Deborah Harris SAN ANTONIO [email protected] 210‐902‐5785 Yes

1752966405800 ACUMEN ENTERPRISES, INC. Wayne Boyter DESOTO wayne@acumen‐enterprises.com 972‐572‐0701 Yes

1273087926400 AD8 SOUTH TEXAS LLC Cliff Carhahan HARLINGEN [email protected] 956‐440‐8160 Yes

1270750615500 ADAMS REMODELING AND REPAIR, LLC Georgiann Crawford THE COLONY [email protected] 214‐783‐7948 Yes

1463437462400 ADDAX LOCKSMITH COMPANY JESUS GARCIA JR. BROWNSVILLE [email protected] 956‐459‐1311 Yes

1822487492700 ADLLAN LIMITED LIABILITY COMPANY Olanrewaju Akinbinu MCKINNEY [email protected] 469‐422‐0043 Yes

1271185894900 AEGIS USA P E Rankine MCKINNEY [email protected] 214‐270‐8143 Yes

1510442027600 AGUIRRE FRAMING & CONSTRUCTION, L.L.C. Eloy Aguirre PHARR [email protected] 956‐783‐3569 Yes

1811519383300 ALA SIGNATURE SERVICES, LLC Linda Alexander KATY [email protected] 817‐993‐9865 Yes

1742918445400 ALL PRO GENERAL CONSTRUCTION, INC. Pres./Raul Scott SAN ANTONIO [email protected] 210‐627‐2563 Yes

1412116113800 ALUMA‐LUXE CORPORATION CEO/Rodney A. Trusel DALLAS rodney_trusel@aluma‐luxe.net 972‐572‐2050 Yes

1454523402400 ALVAREZ DRYWALL & ACOUSTICS, INC. Charles Alvarez ABILENE [email protected] 325‐665‐3275 Yes

1752846577000 ANCHOR COMMUNITY SERVICES, INC. Sheila Walls/President EULESS [email protected] 817‐354‐9800 Yes

1471528294400 ANGELINA FLOORS & MORE, LP Kevin Brown LUFKIN [email protected] 936‐699‐4530 Yes

1760110237300 AQUATEX WATER CONDITIONING, INC. Nancy L. Standeford ALVIN [email protected] 281‐331‐7777 Yes

1472404037400 ARCO COMMERCIAL & RESIDENTIAL Pres./Rosbel Llanos MCALLEN [email protected] 956‐258‐5583 Yes

1464102733000 ARIVA CONTRACTING, LLC Adan Silva SAN ANTONIO [email protected] 210‐253‐0976 Yes

1472743266900 AS GENERAL CONTRACTORS LLC Flor Lujan EL PASO [email protected]‐308‐3750 Yes

1900632992400 ASHER CONTRACTORS LLC Martha M. Garza SAN ANTONIO [email protected] 210‐598‐9409 Yes

1752890562700 ASR ENTERPRISES INC John Allard BURLESON jallard@asr‐ent.com 817‐366‐5501 Yes

1260763392700 B & MS CONSTRUCTION, INC. Ben Hernandez DICKINSON [email protected] 281‐337‐3368 Yes

1263385953800 B.I.T CONSTRUCTION SERVICES INC Pres/Britanie L. Olvera AUSTIN [email protected] 512‐258‐5336 Yes

1752686521100 BASECOM INC OSCAR OAXACA FORT WORTH [email protected] 817‐589‐0050 Yes

1741797509500 BASIL GLASS, INC. Matt Gruidl EL PASO [email protected] 915‐592‐8511 Yes

1810790776000 BILT TRUE, LLC Larry Jones PLANO [email protected] 214‐281‐8668 Yes

1760605460300 BOBBYE JOYNER‐MILLS INC. Bobbye Joyner‐Mills HOUSTON [email protected] 713‐551‐2010 Yes

1752917230000 BRENCO INDUSTRIAL SERVICES LLC Vice‐Pres. /Brenda J Snay DALLAS bsnay@brenco‐llc.com 214‐267‐1628 Yes

1453455299800 BROSIG CONSTRUCTION COMPANY Manuel R Brosig EAGLE PASS [email protected] 830‐421‐1149 Yes

1472524631900 BROUSSARD & BROUSSARD COMPANIES, LLC ARNOLD BROUSSARD GRAPEVINE [email protected] 817‐819‐0153 Yes

1760527292500 BRUCE'S GENERAL CONSTRUCTION, INC. PRESIDENT/JILL BROUSSARD BEAUMONT [email protected] 409‐866‐6245 Yes

1263389267900 BRYNCO, INC. Pres/Katherine Garza COLLEGE STATION [email protected] 979‐220‐8856 Yes

1264466620300 BUILDERS CONSTRUCTION SERVICES, INC. Carol Lacey HUTTO [email protected]‐491‐0818 Yes

1474535839100 BULLDOG S3 LLC Clyde Odems MESQUITE [email protected] 214‐418‐7447 Yes

HUB Vendor List ‐ Door Repair Services

1472366229300 BUTCHS CONSTRUCTION LLC Carl A. Katzaman WICHITA FALLS [email protected] 940‐642‐8261 Yes

1562671960100 BYRDSON SERVICES, LLC Jim Griffin BEAUMONT [email protected] 877‐390‐5438 Yes

1900583683800 CALTIA CONSTRUCTION, LLC Raul A. Perez MISSION [email protected] 956‐522‐7918 Yes

1412187094400 CAP CONSTRUCTION & ENVIRONMENTAL, LLC Jesse Pina SAN ANTONIO [email protected] 210‐227‐1800 Yes

1841642752600 CAPITAL CITY MAINTENANCE & WATERPROOF C.E.O. /Rene Molina  Jr.. AUSTIN [email protected] 512‐406‐4796 Yes

1263484785400 CAPTAIN CONSTRUCTION COMPANY LLC Bobby Captain/Owner/Mgr. MANSFIELD [email protected] 682‐518‐1448 Yes

1752918306700 CARCON INDUSTRIES & CONSTRUCTION, LLC DIANA MUNOZ DALLAS [email protected] 214‐352‐8515 Yes

1473191874500 CBMAA, LLC Wellington Facility Services FORNEY [email protected] 214‐227‐2269 Yes

1742919890000 CEDA‐TEX SVCS INC Pres./FRED ODANGA CEDAR PARK [email protected] 512‐339‐0155 Yes

1465090912100 CLOVIS CONTRACTING COMPANY LLC Bert Kivell NEW BRAUNFELS [email protected] 512‐465‐2055 Yes

1825460115800 CMST, LLC CEO/Bruce Reyes PORT ARTHUR [email protected] 409‐454‐1128 Yes

1743003328600 COBOS DESIGN & CONSTRUCTION, INC. President / CALIXTO COBOS AUSTIN [email protected] 512‐478‐1986 Yes

1464285480700 COMPLETE EFFICIENCY SERVICES, INC. Pres./Nikki Blake ABLIENE [email protected]‐672‐8480 Yes

1271143967400 CONQUEST CONSTRUCTION, LLC Managing Manager/PresidenHOUSTON [email protected] 713‐417‐0424 Yes

1043814808100 CONSOLIDATED ENTITIES, LLC ABAYOMI A. OWOLABI SUGAR LAND [email protected] 281‐265‐2457 Yes

1472921170700 CONSTRUCTION DIVERSITY GROUP Steven N. Hadley II HOUSTON [email protected] 832‐527‐6861 Yes

1475597889800 CONSTRUMENT GROUP INC Eloina Guerrero SAN ANTONIO [email protected] 210‐849‐5364 Yes

1203856936900 CONTIGO ENTERPRISES, INC. Pres/Juan R. Palmarez HOUSTON [email protected] 713‐705‐6596 Yes

1261287065400 COOPER'S PURCHASING Lauro Valdez LAREDO [email protected] 956‐740‐6616 Yes

1200586008000 CORPCARE, INC. Mark Massey IRVING [email protected] 469‐206‐6824 Yes

1200265986500 CREED CONSTRUCTION INC. Chester Reed MANSFIELD [email protected] 682‐518‐8835 Yes

1811263614900 CROSS LEGACY ENTERPRISES, LLC Christina Price FT WORTH [email protected] 817‐374‐3093 Yes

1461672696500 CRUZ MAINTENANCE AND CONSTRUCTION, INChristopher Cruz CORPUS CHRISTI [email protected] 361‐851‐2002 Yes

1462343627700 CTX CONSTRUCTION SYSTEMS, LLC Hector Canales HOUSTON [email protected] 832‐707‐0675 Yes

1202683218300 D & L CONSTRUCTION, INC. Linda M. Young/President FORT WORTH [email protected] 817‐886‐6836 Yes

1742523918700 D & S S CONSTRUCTION, INC. Pres./JANNA SCHURY CORPUS CHRISTI [email protected] 361‐992‐3566 Yes

1203391431300 D.B.M SERVICES, LP Daniel Mendoza MESQUITE [email protected] 214‐275‐7930 Yes

1562589888500 DECENT CONSTRUCTION COMPANY, INC SYED HASHMI PLANO [email protected] 214‐846‐5113 Yes

1454480954500 DEZTEX INDUSTRIAL SERVICES, LLC Robyn Deshotel PORT ARTHUR [email protected] 409‐983‐5555 Yes

1273104158300 DORAME GENERAL REPAIR AND LAWN LLC Ramon Dorame CORPUS CHRISTI do‐ra‐[email protected] 361‐533‐6728 Yes

1352610049300 DRAGON CONSTRUCTION, LLC Damon Howard HUMBLE dhoward@dragon‐llc.com 281‐825‐1770 Yes

1300590854900 DRC CONSTRUCTION LLC Owner/Dawn Cockerill BEAUMONT dawn@DRC‐Construction.com 409‐223‐1420 Yes

1752872666800 DREXAL 'S PAINT Drexal Robinson LUBBOCK [email protected] 806‐445‐5688 Yes

1201012492800 DURA PIER FACILITIES SERVICES, LTD Owner ‐ Tammi L. Terry HOUSTON [email protected] 713‐337‐5700 Yes

1742791920800 DYNA‐FOUR INC DBA SERVPRO OF WEST EL PAJimmy Gomez Jr. EL PASO [email protected] 915‐585‐3434 Yes

1261805719900 EDWARD & LEE CONSTRUCTION LLC Johnny Greenwood AUSTIN [email protected] 512‐791‐8781 Yes

1752496796900 FACILITIES CONSULTING GROUP, INC. Sharon Taylor, Branch Mgr DALLAS [email protected]‐631‐4453 Yes

1760549830600 FAIRWEATHER GROUP, LLC Amy Miller CONROE [email protected] 936‐756‐6446 Yes

1010593619800 FLOORS 2 ADORE Robert Marbley Jr. MISSOURI CITY [email protected] 832‐875‐8648 Yes

1272425295700 FRONTLINE SUPPORT SOLUTIONS, LLC President/Jose M Perez SAN ANTONIO [email protected]‐630‐6750 Yes

1742489403200 FST CONSTRUCTION OWNER/FERNANDO SANCHE SAN ANTONIO [email protected] 210‐843‐5725 Yes

1462959493900 G & S GLASS PRODUCTS Javier Gomez SAN ANTONIO [email protected] 210‐531‐0333 Yes

HUB Vendor List ‐ Door Repair Services

1752305253200 G.P. WATERPROOFING AND Principle/LUIS ROSILES DALLAS [email protected] 972‐642‐4335 Yes

1742920962400 GARCO CONSTRUCTION, LLC Member / BENITO GARCIA SAN BENITO [email protected] 956‐399‐6715 Yes

1201932393500 GARRETT & ASSOCIATES GENERAL CFO/MARCIA GARRETT WHITEHOUSE [email protected] 903‐839‐7909 Yes

1760382055000 GENERAL CONTRACTOR SERVICES, INC. Teltschick, Pamela HOUSTON [email protected] 713‐270‐5300 Yes

1743106419900 GENERAL CONTRACTORS AND SONS, LLC Hugo O. Pinales/General ManEL PASO [email protected] 915‐356‐7634 Yes

1272332506900 GLD AND ASSOCIATES Frank Milner CROWLEY [email protected] 817‐229‐4867 Yes

1711038225000 GLOBE BUILDERS, LLC Angelina Rodriguez Chavez EL PASO [email protected] 915‐533‐8700 Yes

1203311957400 GRANDE VALLEY BUILDERS, INC. owner / manuel perez MISSION [email protected] 956‐778‐7750 Yes

1270656120100 GREENHALL LLC Cindy Green SAN ANTONIO [email protected] 210‐381‐0601 Yes

1800677761100 GREG PIERCE CONSTRUCTION LLC Shannon Pierce SAN ANGELO [email protected] 325‐656‐4774 Yes

1742942126000 GREGS OVERHEAD DOOR SERVICES, INC. Justin Pina ELGIN [email protected] 512‐856‐2915 Yes

1472318149200 GUTIER LLC Michael Gutierrez SUGAR LAND [email protected] 832‐532‐7823 Yes

1821809122300 HANDYANDYHELPER.COM LLC HandyAndyHelper.com KATY [email protected] 346‐251‐7474 Yes

1465376549600 HCG MANAGEMENT LLC B. Gregory Williams MANVEL gregwilliams@honestyconstructiong832‐385‐0201 Yes

1203059002500 HEARTS FOR HOMES Owner ‐ Maureen Moulton SAN ANTONIO [email protected] 210‐421‐9144 Yes

1203286415400 HENOCK CONSTRUCTION, LLC Mging Mbr/Henock Perez SAN ANTONIO [email protected] 210‐661‐2737 Yes

1412233395900 HEPCO DRYWALL & PAINTING CONTRACTORS  Nick Hernandez HOUSTON [email protected] 713‐433‐6135 Yes

1770687246600 HILL BROS. CONSTRUCTION Managing Member/Kara Hill SAN ANTONIO [email protected] 210‐316‐0720 Yes

1263913182500 HOLCHEMONT, LTD. Michael Montalvo MCALLEN [email protected] 956‐686‐2901 Yes

1274171451800 HUCKEYEHEALTH SERVICES LLC christopher Ojiako KATY [email protected] 281‐712‐2051 Yes

1453564452100 HYDRO EX Daniel Olivo CORPUS CHRISTI [email protected] 361‐452‐1375 Yes

1742884342300 HYNES SERVICES, INC. Pres./MICHAEL W. HYNES ROCKPORT [email protected] 361‐729‐7180 Yes

1261580419700 ICON DIVERSIFIED, LLC Julie Ingram WEATHERFORD [email protected] 817‐913‐2644 Yes

1205902011000 IMANI QUALITY CONCEPTS, LLC Mgr/Hardy Jones, III BEAUMONT [email protected] 409‐842‐4700 Yes

1813867242500 IRON LOCK CONSTRUCTION SERVICES, LLC Joseph W. Siragusa III WYLIE [email protected] 214‐687‐7675 Yes

1752862904500 J NICHOLS CONSTRUCTION, INC. Melissa Nichols WYLIE [email protected] 972‐412‐8000 Yes

1811664752200 J T ROWLAND CONSTRUCTION SERVICES, INC. Thomas M Rowland SPRING [email protected] 214‐771‐8557 Yes

1364721834900 J'S TOTAL SERVICE, INC. CFO/Ivy M. Lanier SAN ANTONIO [email protected] 210‐355‐3706 Yes

1651262672800 J. L. BASS ENTERPRISE, LLC Jeff Bass SAN ANTONIO [email protected] 210‐910‐7574 Yes

1463323272400 J.CARRIZAL GENERAL CONSTRUCTION Julian Carrizal, President EL PASO [email protected] 915‐591‐2377 Yes

1271279948000 JEWEL'S COMMERCIAL CLEANING, LLC Owner/Julia Siordia SAN ANTONIO [email protected] 210‐888‐6130 Yes

1452991305600 JRJ ENTERPRISE LLC Owner/Denise Anderson AQUILLA [email protected] 254‐694‐3891 Yes

1474648766000 JWBJR GENERAL CONTRACTOR LLC Jose Barrios RICHARDSON [email protected] 504‐982‐1525 Yes

1472939833000 K & H ELITE Keneshia Haye KILLEEN [email protected] 254‐449‐5299 Yes

1471412523500 K. TILLMAN CONSTRUCTION LLC Yakira Braden DALLAS [email protected] 832‐622‐3160 Yes

1271077049100 KBL RESTORATION, LLC AMY M BARNES LONGVIEW [email protected] 903‐241‐8330 Yes

1742479057800 KEGLEY, INC. Pres./ANITA M KEGLEY SAN ANTONIO [email protected] 210‐349‐4994 Yes

1811857430200 KENEBREW CONSTRUCTION william kenebrew BEAUMONT [email protected] 409‐600‐4230 Yes

1760419501000 KT MAINTENANCE COMPANY, INC. President/Kenny L. Tims, Sr. PORT ARTHUR [email protected] 409‐982‐9952 Yes

1262297900800 LANDRY GENERAL ENTERPRISES, INC. Pres./James Landry BEAUMONT [email protected] 409‐860‐5852 Yes

1264453891500 LARGIN CONSTRUCTION SERVICES, LLC President / Jerry Jo Largin CORPUS CHRISTI [email protected] 361‐723‐1573 Yes

1473256382100 LGAR ENTERPRISES, LLC RGV General Construction MISSION [email protected]‐969‐4500 Yes

HUB Vendor List ‐ Door Repair Services

1352411496700 LOW HIGH CONSTRUCTION, LLC Armando Silva EL PASO [email protected] 915‐203‐0301 Yes

1820775416100 LOYOLA CONSTRUCTION, LLC Jessica Loyola NEW BRAUNFELS [email protected] 830‐743‐5336 Yes

1251922439300 LUIS DOORS & CLOSER SERVICE LUIS ESTRADA AUSTIN [email protected] 512‐785‐6054 Yes

1272034726400 M2 FEDERAL INC. Mike Scheiern SAN MARCOS [email protected] 512‐878‐1050 Yes

1264354463300 MACIAS CONSTRUCTIONS, LLC Supervisor / Jose A. Macias HOUSTON [email protected]‐894‐1345 Yes

1464164718600 MAHAN FOUNDATION & CONTRACTORS, LLC Henry Mahan CORPUS CHRISTI [email protected] 361‐687‐3901 Yes

1800270479100 MAID ON THE RUN LLC James Thomas AUSTIN [email protected] 512‐698‐0309 Yes

1812814159700 MARKS ENTERPRISES Namon Marks JASPER [email protected] 409‐736‐3095 Yes

1760667170300 MARTINEZ MILLWORKS, INC. President/SANTOS E. MARTINHOUSTON [email protected] 281‐988‐9334 Yes

1562593727900 MEB CONSTRUCTION, LLC Eve Clark, President ARLINGTON [email protected] 817‐490‐1616 Yes

1204810005600 MFH ENIVRONMENTAL CORP. PRES/JOSIE NICKOLAS EL PASO rnickolas@mfh‐corp.com 915‐351‐6004 Yes

1421721264700 MGV SERVICES, L.L.C. Ted Dever HOUSTON [email protected] 713‐681‐0407 Yes

1821212282600 MIGHTY SERVICES CONSTRUCTION, LLC Monica Atterberry DALLAS [email protected] 469‐471‐4519 Yes

1813186284100 MIKOCORP, LLC Pres./Matthew Lindsey WEATHERFORD [email protected] 817‐458‐4425 Yes

1208678151000 MILLARD DRYWALL & ACOUSTICAL JAMES E. MILLARD AUSTIN [email protected] 512‐442‐8110 Yes

1760586361600 MILLENNIUM PROJECT SOLUTIONS, INC. Vice President/Luke Morgan CROSBY mmorgan@mps‐team.com 281‐328‐2200 Yes

1050631140500 MILLER'S CONSTRUCTION AND CLEAN‐UP Owner/Darlene E. Miller HOUSTON [email protected] 832‐804‐9169 Yes

1464019486700 MKC BROADNET ENTERPRISES, LLC Tony Woods DALLAS [email protected] 214‐830‐5526 Yes

1203850727800 MKM CONSTRUCTION, LTD. Mark Marlowe SAN ANTONIO [email protected] 210‐648‐9380 Yes

1752912841900 MOVE SOLUTIONS, LTD Patrick Zagurski DALLAS [email protected] 214‐630‐3607 Yes

1320351010500 MSK INDUSTRIES Mildred Knox CORPUS CHRISTI [email protected] 832‐215‐2410 Yes

1742639077300 MULTI‐CONSTRUCTION & CLEANING SERVICE OWNER/CHARLES E BANKS AUSTIN [email protected] 512‐687‐0437 Yes

1455317100100 MUNCOR, LLC RAMIRO MUNOZ CORPUS CHRISTI [email protected] 361‐946‐4848 Yes

1742823339300 MUNIZ CONCRETE AND CONTRACTING Pres./Jose J. Muniz AUSTIN [email protected] 512‐385‐2334 Yes

1742890367200 NATIVE ENERGY & TECHNOLOGY, INC. JOHN MORRIS SAN ANTONIO jmorris@native‐energy.com 210‐231‐6060 Yes

1383806059100 NECHEMYA CONSTRUCTION SOLUTIONS, L.L.C Principal/Daleth Johnson NORTH RICHLAND [email protected] 214‐274‐0750 Yes

1812533409600 NEW LIFE INDUSTRIES LLC STEPHANIE ROBINSON DALLAS [email protected]‐233‐5433 Yes

1464531596200 NEW WORLD CONTRACTING, LLC Dorrett Vanderberg DALLAS [email protected] 214‐812‐9429 Yes

1474493752600 NEXLEGACY LLC Kendrick Whittington HUTTO [email protected] 512‐426‐9688 Yes

1202089172200 NORTH AMERICAN COMMERCIAL Partner /  Lynn Dunlap DALLAS [email protected] 972‐620‐9975 Yes

1474940983600 NORTH TEXAS LAWN PAINTING & SERVICES Jamie Austin HOLLIDAY [email protected] 940‐782‐4732 Yes

1452910724600 NOVIUM GROUP LLC Managing Mbr/Tyler WalbridAUSTIN [email protected] 512‐767‐2478 Yes

1821723264600 NTACT BUILDERS INC DAVID MILES HOUSTON [email protected] 346‐233‐8462 Yes

1463061501200 OAC CONSTRUCTION SERVICES INC ADRIAN CARREON DALLAS [email protected]‐438‐7746 Yes

1274406389700 ON POINT CONTRACTING & CONSULTING, LLC Ptr/Johnny Harris OAK LEAF [email protected] 214‐663‐8558 Yes

1760530329000 OXFORD BUILDERS, INC. William P. Sanchez HOUSTON [email protected] 713‐934‐7777 Yes

1751321124700 PANHANDLE STEEL BUILDINGS, INC. Dir./Cathy L. Powers AMARILLO kpowers@psb‐inc.com 806‐376‐6397 Yes

1760630609400 PARALLAX BUILDERS, INC. VPMike Demko HOUSTON [email protected] 713‐863‐9700 Yes

1760018324200 PAYLESS INSULATION, INC. VP/ELISA DIAS HOUSTON [email protected] 713‐868‐1021 Yes

1465026259600 PEAK CONTRACTORS, LLC Michael Herrera SAN ANTONIO [email protected] 210‐227‐4322 Yes

1331135164000 PIATRA INC. Pres./Mirela Glass AUSTIN [email protected] 512‐299‐0404 Yes

1271892553500 PLAN B DSGN, LLC Raul Wong DUNCANVILLE [email protected] 972‐572‐2527 Yes

HUB Vendor List ‐ Door Repair Services

1743017107800 PMG CUSTOM HOMES, INC. Phillip Garcia COLUMBUS pgarcia@five‐oak.com 979‐732‐5001 Yes

1352614736100 POST OAK CONSTRUCTION, LLC Christopher Esparza HOUSTON [email protected] 281‐501‐0332 Yes

1822158155800 PREMIER COATS PAINTING, LLC William Alvarado HOUSTON [email protected] 281‐372‐8586 Yes

1010941048900 PRIDE GENERAL CONTRACTORS LLC Ramon T. Salgado EL PASO [email protected] 915‐771‐9601 Yes

1752923422500 PROJECT MANAGEMENT SPECIALITIES, INC. President / CHIQUETA FISHERFORT WORTH [email protected] 817‐246‐3053 Yes

1275570333200 PROPERTY MANAGEMENT INC. METRO DALLA Rachel L Proctor CEDAR HILL rproctor@propertymanagementinc. 469‐855‐0635 Yes

1743078860800 PSE CONTRACTING, LLC Alfredo Gonzalez SAN ANTONIO [email protected] 210‐226‐9797 Yes

1020555210100 QA CONSTRUCTION SERVICES, INC. LILY GUTIERREZ AUSTIN [email protected] 512‐637‐6120 Yes

1020720408100 QUALITY INNOVATIONS, INC. PRES/MICHELE L. MORGAN BOERNE [email protected] 281‐705‐8709 Yes

1461207653000 R G RENOVATIONS & CONSTRUCTION LLC Rodolfo G. Gonzalez LAREDO [email protected] 956‐795‐0028 Yes

1760505399400 R. G. WILLIAMS CONSTRUCTION & REMODELINOwner/Robert G. Williams PRAIRIE VIEW [email protected] 832‐428‐3274 Yes

1822690955600 R. R. & J. COMPANY LLC Rahul Jain HOUSTON [email protected] 985‐212‐0621 Yes

1262775390301 RACHEL BYRANT CO. Rachel Bryant AUSTIN [email protected] 512‐576‐2842 Yes

1471457076000 RB DOORS AND HARDWARE Ruby Melgoza MCALLEN [email protected] 956‐451‐4527 Yes

1800906079100 RG ENTERPRISES LLC Owner/RENE GARZA EDINBURG [email protected] 956‐283‐7040 Yes

1814439770200 RIGHT CHOICE DEVELOPMENT LLC Danielle Wright KATY [email protected] 832‐567‐9648 Yes

1272840360600 ROBINSON GENERAL CONTRACTORS, INC. Yvette Robinson SAN ANTONIO [email protected] 830‐438‐7938 Yes

1271677532000 ROESCHCO CONSTRUCTION, INC. President/Marcie L. RoeschleMCKINNEY [email protected] 469‐888‐4135 Yes

1751855931900 RPR CONSTRUCTION COMPANY, INC. CEO ‐ Patricia Ann Pinkerton TYLER [email protected] 903‐592‐7166 Yes

1270866777400 RRC CONSTRUCTION VP/Michael Ramirez MIDLAND michaelr@rrc‐construction.com 432‐618‐9939 Yes

1820559305800 S.P.D. RESOURCES, L.P. LP/Theresa Schmidt HURST theresa@spd‐contractors.com 817‐283‐7325 Yes

1463360946700 SCANDM LLC Darla Hicks BLUM greg@superiorconstructionandmach254‐874‐5799 Yes

1383769165100 SECOND CHANCE INVESTMENTS, LLC DBA Pres./Monica M. Gonzales CORPUS CHRISTI tri‐[email protected] 361‐884‐4200 Yes

1462117475500 SKUNK DADDY SERVICES, LLC Nick Herron WACO [email protected] 254‐379‐8185 Yes

1811578116500 SOUTH TEXAS ALL IN ONE CONSTRUCTION Principle/Johnny J. Martinez CORPUS CHRISTI southtexasproficiencydrywall@gmai361‐232‐8361 Yes

1200690425900 SOUTHERN POST CONSTRUCTION, LLC Amber Mear MCALLEN [email protected] 956‐800‐4344 Yes

1475450425700 STAR VALLEY HOMES JOSEPH S. GRACIA EDINBURG [email protected] 956‐258‐7031 Yes

1800502712500 T. B. TRANSPORT SERVICES, LLC CEO/Terry L. Brown BEAUMONT [email protected] 409‐454‐1782 Yes

1205373757800 TEJAS PREMIER BUILDING CONTRACTOR, INC. President / Julissa Carielo SAN ANTONIO [email protected] 210‐821‐5858 Yes

1300794534100 TEX‐AM CONSTRUCTION LLC Amber Gebert HUTTO ambergebert@tex‐amconstruction.c512‐225‐4915 Yes

1742735766400 TEX‐STAR CONSTRUCTION Darlene SINGLETON AUSTIN [email protected] 512‐695‐2152 Yes

1271634122200 THE BUTLER ENTERPRISES CEO Cass Butler RED OAK [email protected] 469‐554‐9654 Yes

1453711961300 THE LEMUS GROUP, LLC Pres./Adelso Lemus SAN ANTONIO [email protected] 210‐418‐9100 Yes

1272901895700 THE TAHAR GROUP LLC Manager/TAMERA MCNEAL KATY [email protected]‐656‐2100 Yes

1751787061800 TIDY ENTERPRISE, INC. President/Myong S. Kim AUSTIN [email protected] 512‐490‐6642 Yes

1223941235100 TODAY'S MANAGEMENT CONSULTANTS Shirley Thomas HOUSTON [email protected] 832‐343‐4587 Yes

1813493345800 TOP‐CHOICE CONSTRUCTION Mable Carter HOUSTON [email protected] 713‐859‐9328 Yes

1450572494900 TORRES CO. Diego Torres, Jr. ORANGE GROVE [email protected] 361‐877‐0531 Yes

1760569014200 TOUCH & AGREE PROPERTY MANAGEMENT ANAlfred Booker Jr. MISSOURI CITY [email protected] 281‐437‐0566 Yes

1611624827500 TP & R CONSTRUCTION, L.L.C. NEPHTALI LUCERO DESOTO [email protected] 972‐814‐3697 Yes

1760331150100 TRECO ENTERPRISES, INC. President/Edward Trevino SAN ANTONIO [email protected] 210‐377‐3131 Yes

1262956553700 TRIFORCE SOLUTIONS, INC Jeff Blake AUSTIN [email protected] 512‐788‐1773 Yes

HUB Vendor List ‐ Door Repair Services

1760775331000 TRINI CONSTRUCTION BUILDER LLC Reginald Worlds AUSTIN [email protected] 512‐282‐2262 Yes

1475274385700 TRS FACILITY SERVICES LLC Luis Lauro Torres MISSION [email protected] 956‐878‐9613 Yes

1010792222000 TURNER & JACOBS CONSTRUCTION Gen. Mgr/Cynthia Jacobs DALLAS [email protected] 972‐488‐8868 Yes

1270962229900 VCI BUILDERS, INC. Jose Luis Arredondo, Jr. MISSION [email protected] 956‐627‐3101 Yes

1900281892000 VISION CONSTRUCTION COMPANY, INC. Estimator/Jeff Fennell SAN ANTONIO [email protected] 210‐299‐0707 Yes

1760541820500 W.A. ROBBINS CONSTRUCTION CO., INC. Wendell Robbins III HOUSTON [email protected] 713‐644‐5823 Yes

1741459035000 WESSELY‐THOMPSON HARDWARE, INC. Pres./NORMA L. PONCE‐THO SAN ANTONIO norma@wessely‐thompson.com 210‐344‐3081 Yes

1752659366400 WHITE CONSTRUCTION COMPANY President, Glinn H. White, Jr. KERRVILLE [email protected] 830‐257‐7477 Yes

1752118420400 WOODROSE COMPANY, INC. FRANCES LOYD/PRESIDENT FORT WORTH [email protected] 817‐377‐4477 Yes

1270195199300 YANEZ SERVICE COMPANY LLC Johnny Yanez BUDA [email protected] 512‐844‐5646 Yes

1454044771200 YUCCA CONTRACTING Israel Vaquera EL PASO [email protected] 915‐525‐7135 Yes

1454136670500 ZED SECURITY, LLC Kay Camp DENTON [email protected] 940‐387‐2345 Yes

Date : 2018/06/18 11:43:36

CMBL SUMMARY

Search Found 220 Vendors ,220 are Hubs , Includes 0 Inactive Vendors

Search Condition : SearchType=HUB's Only,Section1 Class Code=910,Section1 Item(s)=(15)

HUB Vendor List ‐ Metal Fabrication

Vendor ID Company Name Contact Person City Email Phone HUB Statu

1463032918400 ADAL ENTERPRISES Lisa Gerthe ROCKDALE [email protected] 512‐540‐2907 Yes

1342028611700 AMAIDA MACHINE SHOP, LLC Samuel  Torres EDINBURG [email protected] 956‐287‐8824 Yes

1742694338100 C.C. BRAKE/CLUTCH, INC. Marybelle Casas CORPUS CHRISTI [email protected] 361‐882‐2535 Yes

1752918306700 CARCON INDUSTRIES & CONSTRUCTION, LLC DIANA MUNOZ DALLAS [email protected] 214‐352‐8515 Yes

1273555977000 COASTAL MACHINE & MECHANICAL, LLC President / Terry D. Edwards ANGLETON [email protected] 979‐848‐8900 Yes

1043814808100 CONSOLIDATED ENTITIES, LLC ABAYOMI A. OWOLABI SUGAR LAND [email protected] 281‐265‐2457 Yes

1742990332500 DMB CONSTRUCTION, L.L.C. Member/DOMINIC M BRACCO CORPUS CHRISTI [email protected] 361‐883‐1805 Yes

1742233125000 ELISEO'S GARAGE INC. WILLIAM MONTEMAYOR SAN ANTONIO [email protected] 210‐433‐9811 Yes

1822138413600 FARADAY ELECTRIC MOTORS LLC Raul G Lopez CORPUS CHRISTI [email protected] 361‐881‐9200 Yes

1741792339200 GULF COAST VALVE, INC Rhonda A. Hoge CORPUS CHRISTI [email protected] 361‐884‐7464 Yes

1271851099800 HYDRAULIC SYSTEMS ptr/Jeanette Ibarra EL PASO [email protected]‐781‐3352 Yes

1273336098100 JACKRABBIT MANUFACTURING LLC Devin Gerland BRYAN [email protected] 979‐446‐0073 Yes

1824154907200 MCMILLIAN'S INNOVATIVE SERVICES, LANCE MCMILLIAN THE WOODLANDS [email protected] 903‐413‐8686 Yes

1752295462100 R&B BEARINGS AND HYDRAULICS, INC. PRESIDENT/JIM LARA LUBBOCK [email protected] 806‐765‐6389 Yes

1742342871700 SAUCEDA'S PRECISION GRINDING, INC. Jaime Sauceda SAN BENITO [email protected] 956‐399‐1572 Yes

1471122103700 SPRING INTERNATIONAL Spring Wasserman HOCKLEY [email protected] 281‐966‐5109 Yes

1452191514100 STAR METAL FABRICATION, INC Stacey Forgason WHARTON [email protected] 979‐531‐8376 Yes

1752425779100 SYSTEMS INTEGRATION, INC. Rhonda Smith ARLINGTON [email protected] 817‐468‐1494 Yes

1205080907300 TRIPLE R FABRICATION AND WELDING ROBERT RAMIREZ PHARR [email protected] 956‐781‐9196 Yes

1471732341500 WEST OAK AUTO REPAIR Nicole Varnado PALESTINE [email protected] 903‐729‐0410 Yes

Date : 2018/06/18 11:40:56

CMBL SUMMARY

Search Found 20 Vendors ,20 are Hubs , Includes 0 Inactive Vendors

Search Condition : SearchType=HUB's Only,Section1 Class Code=929,Section1 Item(s)=(48)

HUB Vendor List ‐ Painting Services

Vendor ID Company Name Contact Person City Email Phone HUB Status

1475357271900 1DZ ENTERPRISE, L.L.C Debra A. Garcia INGLESIDE [email protected] 361‐534‐4244 Yes

1204990047000 3 B'S CONSTRUCTION Owner/Andrew Rosas LYTLE [email protected] 210‐382‐0984 Yes

1461995281600 360TXC LLC Tony Lester ROUND ROCK [email protected] 877‐710‐7474 Yes

1542025048000 3T FEDERAL SOLUTIONS LLC Sandeep S Yadav AUSTIN [email protected] 888‐738‐6723 Yes

1742633575200 A & C CAST. INC Chris Castillo SAN ANTONIO [email protected] 210‐481‐1530 Yes

1743004957100 A‐1 TOTAL INTERIOR, INC. Randy Sanchez SAN ANTONIO [email protected] 210‐377‐3739 Yes

1271548520200 A‐PLUS SEALANTS, INC. PRESIDENT/Terrisia Schier AUSTIN [email protected] 512‐454‐3388 Yes

1760404341800 A.C.T. SERVICES President / Deborah Harris SAN ANTONIO [email protected] 210‐902‐5785 Yes

1752966405800 ACUMEN ENTERPRISES, INC. Wayne Boyter DESOTO wayne@acumen‐enterprises.com 972‐572‐0701 Yes

1742952118400 ADVAN‐EDGE CUSTOM BUILDER, LLC Peter Vargas SAN ANTONIO [email protected] 210‐846‐1842 Yes

1811519383300 ALA SIGNATURE SERVICES, LLC Linda Alexander KATY [email protected] 817‐993‐9865 Yes

1752692774800 ALCATEX INC ALLISON BOEN GRIFFIS ROYSE CITY [email protected] 972‐226‐0047 Yes

1752739824600 ALL ABOUT DESIGN, INC. Hernaldo Cortez AUSTIN [email protected] 512‐636‐8223 Yes

1460813797300 ALLY ROOFING SERVICES LLC Tina Chapman HOUSTON [email protected] 832‐617‐8653 Yes

1203985528800 AMERICAN HVAC, INC Sherri Morris HOCKLEY [email protected] 281‐355‐9100 Yes

1474869587200 AMERITEX WATERPROOFING INC. TERRY MCILVAIN FLORESVILLE [email protected] 210‐281‐1834 Yes

1455391339400 AMH JANITORIAL SERVICE Amy Major FRISCO [email protected] 972‐977‐1612 Yes

1352493348100 AQUA ONE LLC Krin Mackenroth NEDERLAND [email protected] 409‐727‐0354 Yes

1760110237300 AQUATEX WATER CONDITIONING, INCNancy L. Standeford ALVIN [email protected] 281‐331‐7777 Yes

1752964285600 ARCJF, INC. JEFF FOLSOM DALLAS [email protected] 214‐528‐9897 Yes

1383645071100 ASPAN CONSTRUCTION, INC. DBA SPEOwner/Patricia Cantu Aspan FORT WORTH [email protected] 817‐966‐9476 Yes

1752890562700 ASR ENTERPRISES INC John Allard BURLESON jallard@asr‐ent.com 817‐366‐5501 Yes

1820697817500 AUSCO AIR HEATING, AIR CONDITION JOHN CAHILL ROUND ROCK [email protected] 512‐576‐6074 Yes

1204458359400 AZTECA DESIGNS, INC PRESIDENT/CECILIA A. CASTELLANO SAN ANTONIO [email protected] 210‐375‐1900 Yes

1263385953800 B.I.T CONSTRUCTION SERVICES INC Pres/Britanie L. Olvera AUSTIN [email protected] 512‐258‐5336 Yes

1472857718100 BAAS SUPPORT SERVICES, LLC Brenda R. Ortiz CORPUS CHRISTI [email protected] 361‐945‐9965 Yes

1752686521100 BASECOM INC OSCAR OAXACA FORT WORTH [email protected] 817‐589‐0050 Yes

1753211535300 BEJARANO CONSTRUCTION SERVICES Irene A. Bejarano SAN ANTONIO [email protected] 210‐637‐7800 Yes

1760097451700 BERKELEY OUTSIDE SERVICES, INC. CEO, Corporate Secretary/Tiffeny MorrCONROE [email protected] 281‐367‐0276 Yes

1472559736400 BMS JANITORIAL SERVICES Rigoberto Cisneros Sr DALLAS [email protected] 972‐925‐0398 Yes

1760605460300 BOBBYE JOYNER‐MILLS INC. Bobbye Joyner‐Mills HOUSTON [email protected] 713‐551‐2010 Yes

1752917230000 BRENCO INDUSTRIAL SERVICES LLC Vice‐Pres. /Brenda J Snay DALLAS bsnay@brenco‐llc.com 214‐267‐1628 Yes

1263389267900 BRYNCO, INC. Pres/Katherine Garza COLLEGE STATION [email protected] 979‐220‐8856 Yes

1264466620300 BUILDERS CONSTRUCTION SERVICES,  Carol Lacey HUTTO [email protected] 512‐491‐0818 Yes

1474535839100 BULLDOG S3 LLC Clyde Odems MESQUITE [email protected] 214‐418‐7447 Yes

1473615398300 CAMRA UNLIMITED Ceclie Yvette Norton AUSTIN [email protected] 512‐743‐3318 Yes

1412187094400 CAP CONSTRUCTION & ENVIRONMENJesse Pina SAN ANTONIO [email protected] 210‐227‐1800 Yes

1841642752600 CAPITAL CITY MAINTENANCE & WATEC.E.O. /Rene Molina  Jr.. AUSTIN [email protected] 512‐406‐4796 Yes

HUB Vendor List ‐ Painting Services

1263484785400 CAPTAIN CONSTRUCTION COMPANY  Bobby Captain/Owner/Mgr. MANSFIELD [email protected] 682‐518‐1448 Yes

1752918306700 CARCON INDUSTRIES & CONSTRUCTIODIANA MUNOZ DALLAS [email protected] 214‐352‐8515 Yes

1752665791500 CARRCO PAINTING CONTRACTORS, INJavier Huerta DALLAS [email protected] 214‐624‐7560 Yes

1473191874500 CBMAA, LLC Wellington Facility Services FORNEY [email protected] 214‐227‐2269 Yes

1742919890000 CEDA‐TEX SVCS INC Pres./FRED ODANGA CEDAR PARK [email protected] 512‐339‐0155 Yes

1811705689700 CERTAPRO PAINTERS OF COLLEGE STACliff Cornell COLLEGE STATION [email protected] 866‐505‐8244 Yes

1742311670000 CHAPARRAL CEILING & WALL INC. Joe Chapa AUSTIN [email protected] 512‐385‐5000 Yes

1822754145700 CM RESTORATION & CLEAN‐UP SERVI Carol Huff BRYAN [email protected] 979‐204‐8663 Yes

1743003328600 COBOS DESIGN & CONSTRUCTION, INPresident / CALIXTO COBOS AUSTIN [email protected] 512‐478‐1986 Yes

1813661234000 CONKLIN & KIRKLEY, LLC Kristen Conklin LAKEWAY [email protected] 936‐554‐9298 Yes

1043814808100 CONSOLIDATED ENTITIES, LLC ABAYOMI A. OWOLABI SUGAR LAND [email protected] 281‐265‐2457 Yes

1271016971000 CONTRACTORS CORNER, LLC Eduardo Garcia SAN ANTONIO [email protected] 210‐462‐3110 Yes

1200265986500 CREED CONSTRUCTION INC. Chester Reed MANSFIELD [email protected] 682‐518‐8835 Yes

1202683218300 D & L CONSTRUCTION, INC. Linda M. Young/President FORT WORTH [email protected] 817‐886‐6836 Yes

1814610293600 DRIVE AWAY TODAY Monique Verse AUSTIN [email protected] 512‐926‐6040 Yes

1450660060100 DRW JANITORIAL SERVICE, LLC Nichole Williams BRYAN [email protected] 979‐575‐8239 Yes

1452429056700 DRY COATS PAINTING, LLC Josue J. Rodriguez SAN ANTONIO [email protected] 210‐316‐1325 Yes

1201012492800 DURA PIER FACILITIES SERVICES, LTD Owner ‐ Tammi L. Terry HOUSTON [email protected] 713‐337‐5700 Yes

1264751977100 E‐FACILITY SOLUTIONS, LLC Donald Keyes RICHARDSON donald.keyes@efacility‐solutions.com 214‐336‐4280 Yes

1813771384000 ESCOBAR PAINTING CONTRACTORS JOSE D. ESCOBAR HOUSTON [email protected] 281‐960‐4995 Yes

1680657495600 ESPARZA'S PAINTING/DRYWALL FINIS Owner/John Edward Esparza SAN MARCOS [email protected] 512‐557‐3328 Yes

1752496796900 FACILITIES CONSULTING GROUP, INC. Sharon Taylor, Branch Mgr DALLAS [email protected] 214‐631‐4453 Yes

1760549830600 FAIRWEATHER GROUP, LLC Amy Miller CONROE [email protected] 936‐756‐6446 Yes

1742489403200 FST CONSTRUCTION OWNER/FERNANDO SANCHEZ SAN ANTONIO [email protected] 210‐843‐5725 Yes

1462959493900 G & S GLASS PRODUCTS Javier Gomez SAN ANTONIO [email protected] 210‐531‐0333 Yes

1752205887800 G. L. MORRIS ENTERPRISES, INC. Pres./Marla K. Murphy FORT WORTH marla@sun‐belt.com 817‐877‐0866 Yes

1454617185200 G.J. SANCHEZ PAINTING JOEL SANCHEZ SAN ANTONIO [email protected] 210‐744‐5635 Yes

1752305253200 G.P. WATERPROOFING AND Principle/LUIS ROSILES DALLAS [email protected] 972‐642‐4335 Yes

1451265869200 GG'S CONSTRUCTION, LLC ROLANDO OSORIO AUSTIN [email protected] 512‐257‐8075 Yes

1270656120100 GREENHALL LLC Cindy Green SAN ANTONIO [email protected] 210‐381‐0601 Yes

1020668556100 GUERRA CONSTRUCTION COMPANY,  GUERRA, RICHARDO R. WESLACO [email protected] 956‐968‐6773 Yes

1472318149200 GUTIER LLC Michael Gutierrez SUGAR LAND [email protected] 832‐532‐7823 Yes

1822273584900 HALO EXCAVATION SERVICES, LLC Kimberly Castro SAN ANTONIO [email protected] 210‐730‐3545 Yes

1141981978100 HDD ENTERPRISES HAROLD WASH PFLUGERVILLE [email protected] 512‐487‐7507 Yes

1203059002500 HEARTS FOR HOMES Owner ‐ Maureen Moulton SAN ANTONIO [email protected] 210‐421‐9144 Yes

1203286415400 HENOCK CONSTRUCTION, LLC Mging Mbr/Henock Perez SAN ANTONIO [email protected] 210‐661‐2737 Yes

1412233395900 HEPCO DRYWALL & PAINTING CONTRNick Hernandez HOUSTON [email protected] 713‐433‐6135 Yes

1455076807201 HILBRICK INCORPORATED Michael P. Hilbrick WEST LAKE HILLS [email protected] 512‐562‐4999 Yes

1770687246600 HILL BROS. CONSTRUCTION Managing Member/Kara Hill SAN ANTONIO [email protected] 210‐316‐0720 Yes

1274171451800 HUCKEYEHEALTH SERVICES LLC christopher Ojiako KATY [email protected] 281‐712‐2051 Yes

HUB Vendor List ‐ Painting Services

1453564452100 HYDRO EX Daniel Olivo CORPUS CHRISTI [email protected] 361‐452‐1375 Yes

1742884342300 HYNES SERVICES, INC. Pres./MICHAEL W. HYNES ROCKPORT [email protected] 361‐729‐7180 Yes

1364721834900 J'S TOTAL SERVICE, INC. CFO/Ivy M. Lanier SAN ANTONIO [email protected] 210‐355‐3706 Yes

1300410297900 J.R.O. ELECTRICAL SERVICES Joe Orcasitas SAN ANTONIO [email protected] 210‐360‐0377 Yes

1271279948000 JEWEL'S COMMERCIAL CLEANING, LLCOwner/Julia Siordia SAN ANTONIO [email protected] 210‐888‐6130 Yes

1820606156800 JJ'S REMODELING Alexis N. Nunez SAN ANTONIO [email protected] 210‐548‐9969 Yes

1451963199900 JM ENGINEERING, LLC Melissa Weinberger ROUND ROCK melissa@jm‐engineer.com 512‐614‐0226 Yes

1472939833000 K & H ELITE Keneshia Haye KILLEEN [email protected] 254‐449‐5299 Yes

1471412523500 K. TILLMAN CONSTRUCTION LLC Yakira Braden DALLAS [email protected] 832‐622‐3160 Yes

1271077049100 KBL RESTORATION, LLC AMY M BARNES LONGVIEW [email protected] 903‐241‐8330 Yes

1742479057800 KEGLEY, INC. Pres./ANITA M KEGLEY SAN ANTONIO [email protected] 210‐349‐4994 Yes

1811857430200 KENEBREW CONSTRUCTION william kenebrew BEAUMONT [email protected] 409‐600‐4230 Yes

1461657071000 KS RESTORATION, INC. Owner/Kim Smith ARLINGTON [email protected] 817‐307‐1802 Yes

1272024469300 L5 SERVICES, LLC John P. Ximenes/President SAN ANTONIO [email protected] 210‐222‐1705 Yes

1760329419400 LEE CONSTRUCTION AND MAINTENANJERRY R. LEE HOUSTON [email protected] 713‐947‐2422 Yes

1820775416100 LOYOLA CONSTRUCTION, LLC Jessica Loyola NEW BRAUNFELS [email protected] 830‐743‐5336 Yes

1821007146200 LUMINOUS PHOENIX, LLC Timothy Mata SAN ANTONIO [email protected] 210‐427‐3895 Yes

1814588031800 LUNA & LUNA HOLDINGS, LLC DBA Managing Member/Andre Luna AUSTIN [email protected] 512‐831‐3662 Yes

1272034726400 M2 FEDERAL INC. Mike Scheiern SAN MARCOS [email protected] 512‐878‐1050 Yes

1470957150000 MADERO ENGINEERS & ARCHITECTS,  Frank Madero HOUSTON [email protected] 281‐610‐0367 Yes

1464164718600 MAHAN FOUNDATION & CONTRACTOHenry Mahan CORPUS CHRISTI [email protected] 361‐687‐3901 Yes

1742490361900 MALTBY BUILDERS INC SANDRA MALTBY KINGSVILLE [email protected] 361‐592‐8426 Yes

1760681859300 MARSH WATERPROOFING, INC. Tim Marsh VIDOR [email protected] 409‐769‐0459 Yes

1562593727900 MEB CONSTRUCTION, LLC Eve Clark, President ARLINGTON [email protected] 817‐490‐1616 Yes

1263930450500 MEDEL PAINTING, INC. Rafael Medel BUDA [email protected] 512‐312‐4508 Yes

1383930626600 MELVIN R KELLEY ENTERPRISES LLC Melvin Kelley DUNCANVILLE [email protected] 888‐380‐2205 Yes

1742148554500 MENDEZ & SON PAINT CONTRACTOR Owner/LARRY MENDEZ LUBBOCK [email protected] 806‐445‐5898 Yes

1821212282600 MIGHTY SERVICES CONSTRUCTION, LLMonica Atterberry DALLAS [email protected] 469‐471‐4519 Yes

1813186284100 MIKOCORP, LLC Pres./Matthew Lindsey WEATHERFORD [email protected] 817‐458‐4425 Yes

1760586361600 MILLENNIUM PROJECT SOLUTIONS, INVice President/Luke Morgan CROSBY mmorgan@mps‐team.com 281‐328‐2200 Yes

1203850727800 MKM CONSTRUCTION, LTD. Mark Marlowe SAN ANTONIO [email protected] 210‐648‐9380 Yes

1274272162900 MMT SERVICES INC Thomas Malone HOUSTON [email protected] 281‐769‐2060 Yes

1320351010500 MSK INDUSTRIES Mildred Knox CORPUS CHRISTI [email protected] 832‐215‐2410 Yes

1742639077300 MULTI‐CONSTRUCTION & CLEANING SOWNER/CHARLES E BANKS AUSTIN [email protected] 512‐687‐0437 Yes

1455317100100 MUNCOR, LLC RAMIRO MUNOZ CORPUS CHRISTI [email protected] 361‐946‐4848 Yes

1742823339300 MUNIZ CONCRETE AND CONTRACTIN Pres./Jose J. Muniz AUSTIN [email protected] 512‐385‐2334 Yes

1421593032300 MVP INSTALLATIONS, L.P. Owner/Mike Flores DONNA [email protected] 956‐464‐2579 Yes

1742890367200 NATIVE ENERGY & TECHNOLOGY, INC JOHN MORRIS SAN ANTONIO jmorris@native‐energy.com 210‐231‐6060 Yes

1464531596200 NEW WORLD CONTRACTING, LLC Dorrett Vanderberg DALLAS [email protected] 214‐812‐9429 Yes

1202089172200 NORTH AMERICAN COMMERCIAL Partner /  Lynn Dunlap DALLAS [email protected] 972‐620‐9975 Yes

HUB Vendor List ‐ Painting Services

1474940983600 NORTH TEXAS LAWN PAINTING & SERJamie Austin HOLLIDAY [email protected] 940‐782‐4732 Yes

1821723264600 NTACT BUILDERS INC DAVID MILES HOUSTON [email protected] 346‐233‐8462 Yes

1550831222800 PALACIOS MARINE & INDUSTRIAL Pres./Greg Garcia PALACIOS [email protected] 361‐893‐5390 Yes

1760018324200 PAYLESS INSULATION, INC. VP/ELISA DIAS HOUSTON [email protected] 713‐868‐1021 Yes

1465026259600 PEAK CONTRACTORS, LLC Michael Herrera SAN ANTONIO [email protected] 210‐227‐4322 Yes

1821828379600 PHOENIX GENERAL CONTRACTORS, LLPeter Regalado EL PASO [email protected] 915‐202‐4415 Yes

1331135164000 PIATRA INC. Pres./Mirela Glass AUSTIN [email protected] 512‐299‐0404 Yes

1760292734900 PKD, INC. Pres./PAULETTE K DANIELS BOERNE [email protected] 830‐537‐5475 Yes

1271892553500 PLAN B DSGN, LLC Raul Wong DUNCANVILLE [email protected] 972‐572‐2527 Yes

1743017107800 PMG CUSTOM HOMES, INC. Phillip Garcia COLUMBUS pgarcia@five‐oak.com 979‐732‐5001 Yes

1830390808300 PRECISE CLEANING CO LLC DAVID ALVAREZ DALLAS [email protected] 214‐837‐8812 Yes

1010941048900 PRIDE GENERAL CONTRACTORS LLC Ramon T. Salgado EL PASO [email protected] 915‐771‐9601 Yes

1742684540400 PRISM DEVELOPMENT INC Michael von Ohlen AUSTIN [email protected] 512‐479‐9587 Yes

1752923422500 PROJECT MANAGEMENT SPECIALITIESPresident / CHIQUETA FISHER FORT WORTH [email protected] 817‐246‐3053 Yes

1275570333200 PROPERTY MANAGEMENT INC. METRRachel L Proctor CEDAR HILL [email protected] 469‐855‐0635 Yes

1020555210100 QA CONSTRUCTION SERVICES, INC. LILY GUTIERREZ AUSTIN [email protected] 512‐637‐6120 Yes

1020720408100 QUALITY INNOVATIONS, INC. PRES/MICHELE L. MORGAN BOERNE [email protected] 281‐705‐8709 Yes

1760505399400 R. G. WILLIAMS CONSTRUCTION & RE Owner/Robert G. Williams PRAIRIE VIEW [email protected] 832‐428‐3274 Yes

1822690955600 R. R. & J. COMPANY LLC Rahul Jain HOUSTON [email protected] 985‐212‐0621 Yes

1262775390301 RACHEL BYRANT CO. Rachel Bryant AUSTIN [email protected] 512‐576‐2842 Yes

1812121639600 REAL CLEAN JANITORIAL LLC JESSE HUDSON ARLINGTON [email protected] 817‐703‐5231 Yes

1474780949000 RESOLUTE INDUSTRIAL LLC Bill Hallas SAN ANTONIO [email protected] 210‐850‐1902 Yes

1814919380900 RINO PAINTING, LLC KENIA CUBAS VOLENTE [email protected] 512‐363‐5748 Yes

1820559305800 S.P.D. RESOURCES, L.P. LP/Theresa Schmidt HURST theresa@spd‐contractors.com 817‐283‐7325 Yes

1273956253100 SA FACILITIES SOLUTIONS, INC. Jim Crane HELOTES [email protected] 210‐473‐7833 Yes

1471821004100 SAFETY COUNTS INC. Shaunda Sostand HOUSTON [email protected] 832‐209‐8843 Yes

1463360946700 SCANDM LLC Darla Hicks BLUM [email protected] 254‐874‐5799 Yes

1611644505300 SDC BUILDS, INC. SDC Builds, Inc HOUSTON [email protected] 713‐320‐4811 Yes

1383769165100 SECOND CHANCE INVESTMENTS, LLC  Pres./Monica M. Gonzales CORPUS CHRISTI tri‐[email protected] 361‐884‐4200 Yes

1760192206900 SEPARATION SYSTEMS CONSULTANTSHELEN HODGES HOUSTON [email protected] 281‐486‐1943 Yes

1800936941600 SKILLED CONSTRUCTION SUBS Julian Johnson FRESNO [email protected] 832‐489‐7877 Yes

1800244284800 SKYLINE TECHNOLOGIES LLC ToddSharon LAKE JACKSON stodd@skyline‐technologies.net 979‐265‐7595 Yes

1203986658200 SOUTH TEXAS BOILER INDUSTRIES, L.LOWNER/ JOE D. RUIZ & DANIEL MERILLCHANNELVIEW [email protected] 281‐804‐5395 Yes

1330752586800 SPICE COPY Owner/Samueletta Howard MESQUITE [email protected] 972‐286‐9090 Yes

1331054330400 STONEHILL COMMERCIAL PAINTING Elvis Maldonado GRAND PRAIRIE [email protected] 817‐652‐3887 Yes

1201626717600 T.P.I.S. INDUSTRIAL SERVICES, LLC Johnny Ocampo PASADENA [email protected] 281‐998‐9880 Yes

1742921734600 T9 FACILITY MAINTENANCE Johnny Townsend KYLE [email protected] 512‐878‐7565 Yes

1205373757800 TEJAS PREMIER BUILDING CONTRACT President / Julissa Carielo SAN ANTONIO [email protected] 210‐821‐5858 Yes

1742735766400 TEX‐STAR CONSTRUCTION Darlene SINGLETON AUSTIN [email protected] 512‐695‐2152 Yes

1760393668700 TEXAS LIQUA TECH SERVICES, INC. President/Angie Palladini HOUSTON [email protected] 713‐225‐5325 Yes

HUB Vendor List ‐ Painting Services

1821086028600 THE CAJ2 GROUP Calvin Taylor HOUSTON [email protected] 832‐689‐3958 Yes

1461614237900 THE EPSILON GROUP, LLC Enrique Elizalde HELOTES [email protected] 210‐556‐1555 Yes

1272901895700 THE TAHAR GROUP LLC Manager/TAMERA MCNEAL KATY [email protected] 281‐656‐2100 Yes

1751787061800 TIDY ENTERPRISE, INC. President/Myong S. Kim AUSTIN [email protected] 512‐490‐6642 Yes

1813493345800 TOP‐CHOICE CONSTRUCTION Mable Carter HOUSTON [email protected] 713‐859‐9328 Yes

1462074978900 TRACTION DONE RIGHT Austin Howell CORPUS CHRISTI [email protected] 361‐537‐1623 Yes

1262956553700 TRIFORCE SOLUTIONS, INC Jeff Blake AUSTIN [email protected] 512‐788‐1773 Yes

1760775331000 TRINI CONSTRUCTION BUILDER LLC Reginald Worlds AUSTIN [email protected] 512‐282‐2262 Yes

1765559642100 US FACILITY TEC Manager/Forrest Cooper HOUSTON [email protected] 713‐360‐6991 Yes

1900281892000 VISION CONSTRUCTION COMPANY, INEstimator/Jeff Fennell SAN ANTONIO [email protected] 210‐299‐0707 Yes

1465075595300 VOLAR SERVICE COMPANY Jose Malacara AUSTIN [email protected] 512‐971‐8865 Yes

1272219118100 W. S. COATINGS, INC. Pres./Wendy K. Smith PEARLAND [email protected] 713‐991‐3500 Yes

1752659366400 WHITE CONSTRUCTION COMPANY President, Glinn H. White, Jr. KERRVILLE [email protected] 830‐257‐7477 Yes

1270195199300 YANEZ SERVICE COMPANY LLC Johnny Yanez BUDA [email protected] 512‐844‐5646 Yes

Date : 2018/06/18 11:10:46

CMBL SUMMARY

Search Found 172 Vendors ,172 are Hubs , Includes 0 Inactive Vendors

Search Condition : SearchType=HUB's Only,Section1 Class Code=910,Section1 Item(s)=(54),Section1 Service District(s)=(14)

RFP: Exterior Door Preservation, TX State Capitol RFP # 809‐18‐0049 

        Issue Date:  June 20, 2018

ATTACHMENT C 

RFP SUBMISSION CHECKLIST 

Checklist for RFP 809‐18‐0049 Title: Exterior Door Preservation  Due Date:  July 23, 2018 @ 2:00PM CT 

Respondent Name and Address: 

___________________________________  Contact: ________________________ 

___________________________________  Phone #: ________________________ 

___________________________________  Fax #: __________________________ 

Email: __________________________ 

1. Submit one (1) original of the following:

Attachment C ‐ This RFP Submission Checklist _______ 

Attachment B ‐ HUB Subcontracting Plan _______ 

2. Submit one (1) original and four (4) copies of the following

Attachment A ‐ Contractor's Proposal Form _______ 

Proposal as outlined in Instructions to Bidders, Section 1.9.4 _______ 

Acknowledge Addenda (if any) _______ 

*If submitting Proposal via email, only one electronic copy of the full Proposal is required.

Door Warp Threshold Closer Action

Foot Head Foot Head Deadbolt

EL Tops aligned.  Bottom left and 

right both 3/4" out.

Bronze threshold, 3", worn but intact.   Bottom latch does not catch, 

because meeting line is bowed 

out.  Secured in place with 

wood block screwed into 

threshold

Confirm Confirm ‐ need to unscrew 

chock

Confirm ‐ need to unscrew 

chock

3.5" x 1 1/8" catch plate. Engages ‐ lock 

open

L: Norton 

Series 7500

R: Norton 78BF

EC Tops aligned.  Bottom left and 

right both 1" out.

Bronze, 3" Door stuck shut ‐ won't open Locks. Confirm ‐ door stuck Confirm ‐ door stuck Plate 3 1/2" x 1 1/8", hole 1 

1/2" x 3/4".  Recess 1" deep.  

3/16" thick.  Evident 

stress/bending from attempts 

to open when locked

Add 2" top and bottom, 1/8" 

sides, multiple screw holes. Go 

to 1/4" thick.

Locked open L: Norton 

Series 7500

R: Norton 78BF

ER Tops aligned.  Bottom left 1/4" 

out, bottom right 1" in.

Missing.   Locks, plus edge lock locked 

and stuck.

Locks. Threshold missing.  REPLACE Confirm 3.5" x 1 1/8" catch plate. Confirm L: Norton 78BF

R: Norton 78BF

NL Tops aligned; Bottom left 1 1/4" 

out; bottom right 1/4" in.  Doors 

powered at bottom.

Modern black aluminum threshold, about 5/8" 

thick, extra wide for ADA transition with no 

ledges.

Knob missing.   Assume they 

would not align, if operable.  

Locks. Square primary catch hole; 

round secondary catch hole, 

with smaller hole adjacent.  

Both cut directly into 

threshold

Confirm 3.5" x 1 1/8" catch plate. L: Hydraulic

R: Hydraulic

Retain threshold.  Replace knobs and latch at both foot bolts.  Adjust 

primary catch in threshold with slider to accept foot bolts.

NC Tops aligned; Bottom left 1 1/4" 

out; bottom right 1/2" in.  

Bronze, 2 3/4" wide, appears to be bent a lot on 

the inside, possibly was originally 3".  Outside 

edge aligns with granite formed threshold.

Slides in place but does not 

engage ‐ possibly no pin. Side 

of door is cracked, potentially 

from stress from forcing lower 

portion of door into locked 

position.

Locks. Primary and secondary are 

rough rectangular holes cut 

directly into metal.  They span 

attacment bolt.

Historic door edge bolt catch, 

primary bolt catch has flush 

brass deadbolt latch plate, 

centered in inside half of 

frame header.

3.5" x 1 1/8" catch plate. Confirm L: Norton 7700?

R: 78BF

Retain threshold.  Adjust primary catch in threshold with slider to accept 

foot bolts.

NR Top left 1/2" in, Bottom left 1/2" 

out;

Top right 1" in, bottom right 

3/4" in.  

Modern black aluminum threshold, about 5/8" 

thick, extra wide for ADA transition with no 

ledges.

Assume it would not align, if 

operable. 

Locks. Square primary catch hole; 

round secondary catch hole, 

with smaller hole adjacent.  

Both cut directly into 

threshold.

Historic door edge bolt catch, 

primary bolt catch has flush 

brass deadbolt latch plate, 

centered in inside half of 

frame header.  header wood 

cracked, possibly from 

opening pressure.

Oil rubbed bronze 

rectgangular plate.  Evidence 

of stress/bending from 

attempts to open when 

locked.  Distress around door 

possibly from door closing 

with deadbolt thrown.  Older 

dutchman visible above and 

below

Locked open ‐ 

automatic 

doors

L: Hydraulic

R: Hydraulic

Retain threshold.  Replace knobs and latch at both foot bolts.  Adjust 

catches in threshold and head with slider to accept foot bolts.

WL Tops aligned; Bottom 

leftaligned; bottom right 3/8" in. 

Raised granite continuous with exterior 

threshold

Locks. Locks. Hole drilled in granite Historic door edge bolt catch, 

primary bolt catch has flush 

brass deadbolt latch plate, 

centered in inside half of 

frame header

3.5" x 1 1/8" catch plate. Engages ‐ lock 

open

L: Norton 

Series 7500

R: Norton

Series 7500

WC Tops aligned; Bottom 

leftaligned; bottom right 1/2" in. 

Raised granite continuous with exterior 

threshold

Bolt lock engages.  Pin 

dropped in edge lock ‐ door 

won't open.  REPAIR

Locks. Hole drilled in granite Historic door edge bolt catch, 

primary bolt catch has flush 

brass deadbolt latch plate, 

centered in inside half of 

frame header

3.5" x 1 1/8" catch plate. Locked open L: Norton 

Series 7500

R: Norton

Series 7500

WR Top left 1/4" in, bottom left 1/4" 

in; Top right 3/4" in, top right 

3/4" in, bows outward to make 

1/4" gap at mid point

Raised granite continuous with exterior 

threshold

Locks. Locks. Hole drilled in granite Historic door edge bolt catch, 

primary bolt catch has flush 

brass deadbolt latch plate, 

centered in inside half of 

frame header

3.5" x 1 1/8" catch plate. Locked open L: Norton 

Series 7500

R: Norton

Series 7500

SL Tops aligned.  Bottom left 1" out, 

bottom right 3/8" in.

3 1/4" wide bronze, raised/cap style Wedged in place by brush, so 

cannot confirm.  Note: no 

edge lock on south doors.

Locks. Confirm ‐ door stuck Modern catch plate 3.5" x 1 1/8" catch plate. Engages ‐ lock 

open

L: Norton Series 

7700?

R: Norton Series 

7500SC Tops aligned.  Bottom left 

aligned, bottom right 3/8" in.  

Bows 11/16" apart at center.

3 1/4" wide bronze, raised/cap style Slides in place but not 

engaged ‐ possibly no pin.  

REPAIR  Note: no edge lock on 

south doors.

Locks. Confirm Modern catch plate 3.5" x 1 1/8" catch plate. Locked open L: Norton 

Series 7500

R: Norton 

Series 7500SR Tops aligned.  Bottom left 1 1/8" 

out, bottom right 1/4" in.

3 1/4" wide bronze, raised/cap style Does not lock.  Note: no edge 

lock on south doors.

Locks, a bit tightly. Rectangular holes cut directly 

into metal.  

Modern catch plate 3.5" x 1 1/8" catch plate. Locked open L: Norton 

Series 7500

R: Norton 

Series 7500

Hardware

Bolt Catch

Each of the 12 pairs of exterior doors have the following hardware: 

Opening: 

Mortise lock set with escutcheon, door knob, and skeleton key lock that is never used 

 

Decorative strike opposite 

 

push plate above outside (both active and inactive leaf) 

 

pull bar above inside (both active and inactive leaf) 

 

Note that the inactive leaf has a decorative wood astragal.             

Lock: 

Modern deadbolt and deadbolt strike (throws from active leaf) 

    Locks and Latches: 

Two historic floor bolts.  One rebated flush bolt mortised into door edge is older but not original, is not used, and does not exist at the south doors.  The original rebated flush bolts in the face of the door are still used to secure doors. 

    

  

Two historic head bolts.  One rebated flush bolt mortised into door edge is older but not original, and is too high to reach.  The original rebated 5' flush head bolt, with slider low enough to reach at about 6', is still used to secure the doors.  (note that all head bolts currently lock and do not need an adjustable catch, like the foot bolts)  

    

 

    Hinges: Three large decorative hinges per door 

   Brass Thresholds One is missing.   

 

  Closer: 

Modern closer o Three types:  

Automatic closer on two doors at accessible north entrance.  There are four leaves (two pair) using these at the accessible north entrance. 

Barrel type Norton 78BF's (right, below).  There are 5 leaves total using this closer.  More modern Norton 7500's that has been added on doors with more use, requiring more 

adjustment (left, below).  There are 13 leaves using this closer.  Two leaves may have Norton series 7700.  

   

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation 

EXISTING CONDITION INFORMATION    00 31 19‐1   

00 31 19 – EXISTING CONDITION INFORMATION 

PART 1 GENERAL 

1.01 EXISTING CONDITIONS 

A. The surveys, photographs, and reports included in these Contract Documents are the result of 

the Owner/Architect’s inspections of site conditions, conducted for the purpose of scoping and 

competitive bidding of the Work.   

B. The contractor is responsible for visually confirming conditions reported in the door survey and 

including the full scope of work in their pricing.   

C. In addition to the limitations of the survey, reports by their nature cannot reveal all conditions 

that exist on the site.  See Section 01 70 00 Execution Requirements for detail on contractor’s 

inspection of conditions and resolution with conditions noted in bid documents. 

1.05 QUALITY ASSURANCE 

A. Readjust all work performed that does not meet technical or design requirements, but make no 

deviations from the Contract Documents without specific and written approval from the 

Architect. 

B. Reports by their nature, cannot reveal all conditions that exist on the site.  See Section 01 71 00 

Execution Requirements for detail on contractor’s inspection of conditions and resolution with 

conditions noted in bid documents. 

PART 2 PRODUCTS – NOT USED 

PART 3 EXECUTION – NOT USED 

END OF SECTION 

 

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation  

EXISTING HAZARDOUS MATERIAL INFORMATION    00 31 26   

00 31 26 – EXISTING HAZARDOUS MATERIAL INFORMATION 

PART 1 GENERAL 

1.01 EXISTING CONDITIONS 

a. The doors were fully stripped in 1995, and repainted.  They were painted again in 2006, 

so the surface should contain no lead based paint.  However, lead paint may remain in 

some base areas.  Measures should be take required by law to protect workers and the 

public from lead in the course of work. 

PART 2 PRODUCTS – NOT USED 

PART 3 EXECUTION – NOT USED 

END OF SECTION 

 

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation  

SUBSTITUTION REQUEST FORM    00 43 25‐1       

00 43 25 – SUBSTITUTION REQUEST FORM 

GENERAL: THIS FORM IS PART OF THE SUBSTITUTION REQUIREMENTS SPECIFIED IN SECTION 007200. SUBMITTAL TO BE SENT TO THE OWNER/ARCHITECT FOR APPROVAL.   SPECIFIED ITEM ____________________________________________________________ SECTION ____________ PARAGRAPH ____________  PROPOSED SUBSTITUTE _____________________________________________________ _______________________________________________________________________  ATTACH COMPLETE DESCRIPTION, CATALOG, SPEC DATA, AND LABORATORY TESTS IF APPLICABLE.  1. WHAT EFFECT WILL SUBSTITUTION HAVE ON DIMENSIONS, GAUGES, WEIGHTS, ETC. INDICATED IN CONTRACT DOCUMENTS? _______________________________________________________________________    2. WHAT EFFECT WILL SUBSTITUTIONS HAVE ON OTHER TRADES? ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________  3. WHAT EFFECT WILL SUBSTITUTION HAVE ON CONSTRUCTION SCHEDULE? ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________  4. WHAT ARE THE DIFFERENCES IN QUALITY AND PERFORMANCE BETWEEN PROPOSED SUBSTITUTE AND SPECIFIED PRODUCT? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________  5. MANUFACTURER'S GUARANTEES OF THE SPECIFIED PRODUCTS AND PROPOSED PRODUCTS ARE: SAME: ____________ DIFFERENT: (EXPLAIN) ___________________________________ ___________________________________________________________________________  6. LIST (ON SEPARATE SHEET) THE AVAILABILITY OF MAINTENANCE SERVICES AND REPLACEMENT MATERIALS FOR PROPOSED SUBSTITUTE.  7. LIST (ON SEPARATE SHEET) NAMES, ADDRESSES AND PHONE NUMBERS OF FABRICATORS AND SUPPLIERS FOR PROPOSED SUBSTITUTES.    8. IF THE SUBSTITUTION REQUEST IS ACCEPTED, IT WILL RESULT IN:  

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation  

SUBSTITUTION REQUEST FORM    00 43 25‐2       

NO COST IMPACT ____________ CREDIT (HOW MUCH) _________________________ ADDED COST (HOW MUCH) ____________________________________________________  9. THERE ARE ____ ARE NO ____ LICENSE FEES AND ROYALTIES PENDING ON THE PROPOSED SUBSTITUTE. (EXPLAIN) ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________  10. THE UNDERSIGNED SHALL PAY FOR ADDITIONAL STUDIES, INVESTIGATIONS, SUBMITTALS, REDESIGN AND/OR ANALYSIS BY THE ARCHITECT/ENGINEER CAUSED BY THE REQUESTED SUBSTITUTIONS.  SUBMITTED BY: (CONTRACTOR)  FIRM ____________________________________________________________________________ ADDRESS __________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________  SIGNATURE _________________________________________________________________________ TELEPHONE NO. ___________________ DATE ___________________  SUBMITTED FOR REVIEW BY ARCHITECT. ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________  DATE ___________________ 

 

 

END OF SECTION 

 SPB Project 809‐18‐0049                                                                                                                                                Texas State Capitol June 20, 2018                                                                                                                                                      Exterior Door Preservation 

Page 1 of 17

00 52 33 ‐ AGREEMENT FORM    

Draft Contract‐Not for Execution   STATE OF TEXAS                                 SERVICES AGREEMENT 

                     

 COUNTY OF TRAVIS                                        Contract #2018‐49    This Agreement is entered into by and between the State Preservation Board ("SPB" or “Owner”), an agency of the State of Texas, located at 201 E. 14th St., Ste. 950, Austin, Texas 78701, and ___________________located at _______________________________  (“Contractor”).  This project involves preservation services for the first floor exterior doors at the Texas State Capitol located in Austin, TX.  Work includes wood repair, painting, installation of new Owner‐provided closers, alteration of thresholds for adjustable foot bolt locations, repair and maintenance of all hardware, and replacing door sweeps.     

ARTICLE 1 SCOPE OF PROJECT 

 Contractor shall provide to SPB all of the services ("Services") and deliverables described in and in the manner required by the Contract Documents listed in Article 2, below.    The term of the Contract is upon all signatures until __________________________.     The Contract Sum shall be _________________________ subject to additions and deductions as provided in the Contract Documents.  

ARTICLE 2 CONTRACT DOCUMENTS 

 2.1 The Contract Documents consist of: 

 2.1.1 This Contract, SPB Contract No. 2018‐49; 2.1.2 The Project Manual (Exhibit A) issued in the SPB’s Request for Proposals (RFP) #809‐18‐49, which 

includes:  2.1.2.1 Specifications 2.1.2.2 Visual exhibits and schedules included with the Specifications; 2.1.2.3 the RFP documents and all Addenda ( Exhibit A); 

 SPB Project 809‐18‐0049                                                                                                                                                Texas State Capitol June 20, 2018                                                                                                                                                      Exterior Door Preservation 

Page 2 of 17

2.1.2.4 The Uniform General Conditions and Supplementary Conditions for the State of Texas, 2015,  which  can  be  found  online  at  the  Texas  Facilities  Commission: (http://www.tfc.state.tx.us/divisions/facilities/prog/construct/formsindex/); 

2.1.3 Contractor’s Proposal, including Contractor’s HUB Subcontracting Plan. (Exhibit B).   

2.2 All of the above are attached to and incorporated as part of this Contract for all purposes.     In the case of conflicts between this document and any of the above attachments, the following shall control in the order of priority as listed above.   

ARTICLE 3 CONTRACTOR'S RESPONSIBILITIES 

3.1 The Contractor shall comply with all applicable federal, state and local laws, statutes, codes, ordinances, rules and regulations and the orders and decrees of any court or administrative bodies or tribunals in any matter affecting the performance of this Contract, including, if applicable, workers compensation laws, compensation statutes and regulations, and licensing laws and regulations.  When required, the Contractor shall furnish the SPB with satisfactory proof of its compliance.   

3.2 The Contractor shall perform its services consistent with the professional skill and care ordinarily provided by contractors practicing in the same or similar locality under the same or similar circumstances and professional license.  The Contractor shall perform its services as expeditiously as is prudent considering the ordinary professional skill and care of a competent engineer or architect.   

3.3 The Contractor shall coordinate its services with those services provided by the SPB and the SPB's other contractors.   

3.4 The Contractor shall be entitled to rely on the accuracy and completeness of services and information furnished by the SPB and the SPB's contractors.  The Contractor shall provide prompt written notice to the SPB if the Contractor becomes aware of any error, omission or inconsistency in such services or information. 

3.5 The Contractor shall be responsible for damage to the SPB's equipment, and/or workplace and its contents, by its, or its contractor's services, negligence in work, personnel, and equipment.   

3.6 The Contractor shall be responsible and liable for the safety, injury and health of its employees and contractors while they are performing services for the SPB under this Contract.   

3.7 The Contractor shall provide all labor and equipment necessary to furnish the goods or perform the service.   

3.8 All employees of the Contractor shall be a minimum of 17 years of age and experienced in the type of work to be performed.  No visitors or relatives of the Contractor's employees will be allowed on the work site unless they are bona fide employees of the Contractor performing services under this Contract. 

3.9 Except with the SPB's knowledge and consent, the Contractor shall not engage in any activity, or accept any employment, interest or contribution that would reasonably appear to compromise the Contractor's professional judgment with respect to this Project. 

3.10 Contractor agrees that all information related to the Project managed by the Agency and shall not be shared or released at any time except at the SPB’s direction and with the SPB’s prior approval. 

 SPB Project 809‐18‐0049                                                                                                                                                Texas State Capitol June 20, 2018                                                                                                                                                      Exterior Door Preservation 

Page 3 of 17

3.11 The Capitol is a site with security considerations.  Contractor shall be prepared to submit security clearance information for all employees working on site, and ensuring that security clearance requirements do not impact their ability to perform the Work defined in this Contract. 

3.12 Contractor's representative shall be  ________________________.   

ARTICLE 4 SPB RESPONSIBILITIES 

 4.1  SPB shall provide information and decisions to Contractor in a timely manner and shall clearly convey the 

SPB’s expectations to Contractor.   

4.2 The SPB’s representative shall be Kevin Koch. [email protected]   

4.3 SPB shall provide project milestones and access to Project.  4.4 SPB shall assist in coordination with facility occupants. 

 4.5 SPB reserves the right to change its designated representation and/or project manager for convenience by 

written notification from the Executive Director of the State Preservation Board.  

4.6 The SPB reserves the right, at its sole discretion, to unilaterally amend this Contract throughout the term of the Contract to incorporate any modifications necessary for the SPB's or the Contractor's compliance with all applicable state and federal laws, regulations, requirements and guidelines.   

  

ARTICLE 5 COMPENSATION 

 5.1. The Owner shall pay the Contractor the Contract Sum for the Contractor's performance of the Contract.  The 

Contract Sum shall be ______________________, subject to additions and deductions as provided in the Contract Documents. 

 5.2  Changes  shall  be  priced    as  agreed  upon  by  all  parties  as 

follows:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________. 

 5.3      Retainage:  Owner will withhold from each progress payment, as retainage, five (5) percent of the total 

earned amount.  Retainage so withheld shall be managed in conformance with Subchapter B, Chapter 2252, Texas Government Code. 

 5.4      To receive payment, Contractor must submit an Application for Payment to SPB. The payment period 

shall be monthly as defined in the Uniform General Conditions.  The invoice format must be acceptable to the SPB and must include the following: 

 1. Contractor’s name and mailing address; 

 SPB Project 809‐18‐0049                                                                                                                                                Texas State Capitol June 20, 2018                                                                                                                                                      Exterior Door Preservation 

Page 4 of 17

2. Name and telephone number of a person designated by Contractor to answer questions   regarding the invoice; 

3. SPB Contract Number; 4. Valid Texas Identification number (TIN) issued by the Comptroller of Public Accounts; 5. Description of each item for the goods/services listed on the Contract in sufficient detail to identify 

the order that relates to the invoice; and 6. Shipment date of goods listed in the Contract or dates of services covered by the invoice. 

 Please send invoices to:  State Preservation Board  Attn: Accounting Dept.  P.O. Box 13286,  Austin, TX 78711  [email protected] 

 AIA Form G702, Application and Certificate for Payment, while not specifically required, are a good model for the level of detail expected by the SPB. 

 5.5  Payment must be made in accordance with the payment procedure in the SPB Project Manual.  The period 

covered by each Application for Payment shall be one calendar month ending on the last day of the month.    5.6  Each Application  for Payment shall be based on  the most  recent  schedule of  values submitted by  the 

Contractor in accordance with the Contract Documents.  The schedule of values shall allocate the entire Contract Sum among the various portions of the Work.  The schedule of values shall be prepared in such form and supported by such data to substantiate its accuracy as the Architect may require.  This schedule, unless objected to by the Owner, shall be used as a basis for reviewing the Contractor's Applications for Payment. 

 5.7  Applications for Payment shall show the percentage of completion of each portion of the Work as of the 

end of the period covered by the Application for Payment.  5.8  Subject to other provisions of the Contract Documents, the amount of each progress payment shall be 

computed as follows:   1. Take  that  portion  of  the  Contract  Sum  properly  allocable  to  completed Work  as  determined  by 

multiplying the percentage completion of each portion of the Work by the share of the Contract Sum allocated to that portion of the Work in the schedule of values, less retainage of 5%.  Pending final determination of cost to the Owner of changes in the Work, amounts not in dispute shall be included in the Application for Payment. 

2. Add that portion of the Contract Sum properly allocable to materials and equipment delivered and suitably stored at the site for subsequent incorporation in the completed construction (or, if approved in  advance  by  the  Owner,  suitably  stored  off  the  site  at  a  location  agreed  upon  in  writing),  less retainage of 5%. 

3. Subtract the aggregate of previous payments made by the Owner; and 4. Subtract amounts, if any, for which the Owner has withheld or nullified a Certificate for Payment. 

 5.9   The progress payment amount shall be  further modified upon Substantial Completion of  the Work by 

 SPB Project 809‐18‐0049                                                                                                                                                Texas State Capitol June 20, 2018                                                                                                                                                      Exterior Door Preservation 

Page 5 of 17

adding a sum sufficient to increase the total payments to the full amount of the Contract Sum, less such amounts  as  the Owner  shall  determine  for  incomplete Work,  retainage  applicable  to  such work,  and unsettled claims. 

 5.10  Final Payment, constituting the entire unpaid balance of the Contract Sum, shall be made by the Owner 

to  the  Contractor when  the  Contractor  has  fully  performed  the  Contract  except  for  the  Contractor's responsibility  to  correct  Work  and  to  satisfy  other  requirements,  if  any,  which  extend  beyond  final payment;  

 5.11   SPB shall be relieved of any obligation to permit performance or to pay for services performed after any 

termination of this Agreement.    5.12  Payments to Contractor will be made within thirty (30) days from latter of services performed or receipt 

of  a  valid,  uncontested  invoice  in  accordance with  the  Texas Government Code, Chapter  2251,  Texas Prompt Payment Act. SPB shall timely notify Contractor within 14 days of receipt of an invoice if the SPB questions, disagrees with, or desires additional information regarding an invoice. 

 5.13   Each  invoice must  include  all  required  attachments  identifying  payments  to Historically Underutilized 

Businesses and to all Subcontractors.  Failure to submit “HUB Subcontracting Plan Progress Assessment Report” form with each invoice will cause rejection of the invoice by SPB and its return to Contractor.  A copy of the required report is available at http://www.window.state.tx.us/procurement/prog/hub/hub‐forms/ and attached as Exhibit D.   

 ARTICLE 6 

PROJECT SCHEDULE AND TERM OF AGREEMENT  

6.1  The Project is time sensitive.  Work must be substantially completed by ___________________.  See the SPB Project Manual for additional details.   

 6.2  This  Agreement  shall  be  effective  as  of  the  date  executed  by  the  last  party  and  shall  terminate  on 

____________________________ unless extended by the parties in writing or terminated earlier as provided in the Contract. 

 ARTICLE 7 

CLAIMS AND DISPUTES  

7.1  The dispute resolution process provided for in Chapter 2260 as described in the Uniform General Conditions shall be used by the parties to attempt to resolve all disputes arising under this Contract.    

 ARTICLE 8 

TERMINATION AND SUSPENSION  

8.1. The Suspension and Termination provisions of the Uniform General Conditions shall apply to this Contract.  

  

 SPB Project 809‐18‐0049                                                                                                                                                Texas State Capitol June 20, 2018                                                                                                                                                      Exterior Door Preservation 

Page 6 of 17

ARTICLE 9 MISCELLANEOUS PROVISIONS 

 9.1 The Agreement shall be governed by, construed, and interpreted in accordance with the laws of the State of 

Texas, except its provisions regarding conflict of laws.    9.2  The venue for any suit brought for any breach of this Agreement is fixed in any court of competent 

jurisdiction of Travis County, Texas.  9.3 Terms in this Agreement shall have the same meaning as those in Uniform General Conditions of the State of 

Texas.  9.4  The SPB and Contractor, respectively, bind themselves, their agents, successors, assigns and legal 

representatives to this Agreement.  The Contractor may not assign this Agreement, in whole or in part, and may not assign any right or duty required under it, without the prior written consent of the SPB.   

 9.5  Nothing contained in this Agreement shall create a contractual relationship with or a cause of action in favor 

of a third party against either the SPB or Contractor.  9.6  Unless otherwise required in this Agreement, the Contractor shall have no responsibility for the discovery, 

presence, handling, removal or disposal of, or exposure of persons to, hazardous materials or toxic substances in any form at the Project site.    

9.7  The Contractor may include photographs of the Project among the Contractor's promotional and professional materials only with SPB written approval.  Contractor shall make a formal request including any photos or graphics Contractor proposed to use.  The Contractor shall consider all materials to be the SPB's confidential or proprietary information even if the SPB has not previously advised the Contractor that specific information is considered by the SPB to be confidential or proprietary.   

 9.8   When Contractor receives information, Contractor shall keep such information strictly confidential and shall 

not disclose it to any other person except to (1) its employees, (2) those who need to know the content of such information in order to perform services or construction solely and exclusively for the Project, or (3) its consultants and contractors who need to know the content of such information in order to perform services or construction solely and exclusively for the Project and whose contracts include similar restrictions on the use of confidential information.  Contractor shall contractually require its consultants, if any, be bound by this confidentiality requirement. 

 9.9  Independent Contractor:  For the purposes of the Agreement, the Contractor shall be considered an 

independent professional and is not to be considered an employee of the State Preservation Board (SPB) or the State of Texas.  The Contractor may not enter into any agreement or make any representation on behalf of the SPB or the State of Texas.   

9.10  Indemnification:  The Contractor shall indemnify and hold harmless the SPB, the State of Texas, all of its officers, agents, and employees from and against all claims, actions, suits, demands, proceedings, costs, damages, and liabilities including without limitation the costs of defense including reasonable attorneys' fees and court costs, arising out of, connected with, or resulting from any acts or omissions of the Contractor or any agent, employee, subcontractor, or supplier of the Contractor in the execution or 

 SPB Project 809‐18‐0049                                                                                                                                                Texas State Capitol June 20, 2018                                                                                                                                                      Exterior Door Preservation 

Page 7 of 17

performance of the Agreement.  The Contractor shall coordinate its defense with the Texas Attorney General as required by the SPB.  This paragraph is not intended to and shall not be construed to require the Contractor to indemnify or hold harmless the State or the SPB for any claims or liabilities resulting from the negligent acts or omissions of the SPB or its employees. 

9.11  Intellectual Property Indemnification:  The Contractor shall indemnify and hold harmless the SPB, the State of Texas, all of its officers, agents, and employees from and against all actions and claims, including costs of defense, involving infringement of patents or copyrights or incorporated misappropriated trade secrets arising out of, connected with, or resulting from the Contractor's execution or performance of the Contract.  The Contractor shall pay any damages attributable to such claim that are awarded against the State of Texas and/or the SPB in a judgment or settlement. 

9.12 No Waiver of Sovereign Immunity:  The SPB and the Contractor agree that no provision of this Contract is in any way intended to constitute a waiver by the SPB or the State of Texas of any immunities from suit or from liability that the SPB or the State of Texas may have by operation of law. 

9.13 Funding: This Contract is subject to cancellation, without penalty to the SPB, either in whole or in part, if funds are not appropriated by the Texas Legislature.  The SPB is a state agency whose authority and appropriations are subject to actions of the Texas Legislature and whose availability of funds may be subject to governmental action.  If the SPB becomes subject to a legislative change, revocation of statutory authority, lack of appropriate funds, or unavailability of funds which would render contractor's delivery or performance under this Contract impossible or unnecessary, this Contract will be terminated, either in whole or in part.  In the event of a termination under this section, the SPB will not be liable to the Contractor or any other person or entity for any payments, damages or any other amounts which were otherwise due, except for services rendered and unpaid at the time of termination, or which may be caused or associated with such termination and the SPB will not be required to give prior notice.   

9.14 Amendment:  The contracting parties, if agreed, may amend the Contract at any time during the Contract's duration.  To be valid and binding, such amendments must be in writing and executed by both the SPB and the Contractor.  No agent, servant, or employee of the SPB has authority to modify the Contract except by written amendment signed by the Project Manager and the  Executive Director.  Any other attempted changes, including oral modifications, written notices that have not been agreed to by both Parties, or other modifications of any type, shall be invalid. 

 9.15  Notice of Administrative Changes:  The Contractor shall provide written notification of administrative 

changes, including changes to company name, address, telephone number, and billing instructions, to the SPB as soon as possible, but not later than ten (10) days from the date of the change. 

 9.16 Confidentiality and Public Information:  Notwithstanding any provisions of this Contract to the contrary, 

Contractor understands that the SPB will comply with the Texas Public Information Act, Texas Government Code, Chapter 552 as interpreted by judicial opinions and opinions of the Attorney General of the State of Texas. The SPB agrees to notify Contractor in writing within a reasonable time from receipt of a request for information related to Contractor’s work under this contract,  if such information is held by Contractor, or if the request pertains to information Contractor has labeled as proprietary or confidential as described in section 9.17, below. Contractor will cooperate with the SPB in the production of documents responsive to the request. The SPB will make a determination whether to submit a Public Information Act request to the Attorney General. Contractor will notify the SPB within twenty‐four (24) hours of receipt of any third party requests for information that was provided by the State of Texas for use in performing the Contract. This 

 SPB Project 809‐18‐0049                                                                                                                                                Texas State Capitol June 20, 2018                                                                                                                                                      Exterior Door Preservation 

Page 8 of 17

Contract and all data and other information generated or otherwise obtained in its performance may be subject to the Texas Public Information Act. Contractor agrees to maintain the confidentiality of information received from the State of Texas during the performance of this Contract, including information which discloses confidential personal information particularly, but not limited to, social security numbers.   

 Contractor is required to make any information created or exchanged with the state pursuant to this contract, and not otherwise excepted from disclosure under the Texas Public Information Act, available in a format that is accessible by the public at no additional charge to the state.   

 9.17  Proprietary Information:  The SPB is a government agency subject to the Texas Public Information Act.  

Information submitted to the SPB by Contractor shall be presumed to be subject to disclosure unless a specific exception to disclosure under the PIA applies.  If it is necessary for Contractor to include proprietary or otherwise confidential information in its Proposal or other submitted information, Contractor must clearly label that proprietary or confidential information and identify the specific exception to disclosure in the PIA.  Merely making a blanket claim that the entire proposal is excepted from disclosure because it contains some proprietary information is not acceptable, and shall make the entire Proposal subject to release under the PIA.  In order to trigger the process of seeking an Attorney General opinion on the release of proprietary of confidential information, the specific provisions of the Proposal that are considered by the Contractor to be proprietary or confidential must be clearly labeled as described above.  Any information which is not clearly identified as proprietary or confidential shall be deemed to be subject to disclosure pursuant to the PIA. 

 9.18  Antitrust and Assignment of Claims:  Pursuant to 15 U.S.C. §1, et seq., and Texas Business & Commerce 

Code §15.01, et seq., the Contractor affirms that to the best of its information, knowledge and belief it has not violated the Texas antitrust laws or federal antitrust laws and has not communicated its Proposal for the Contract directly or indirectly to any competitor or any other person engaged in such line of business. The Contractor hereby assigns to the SPB any claims for overcharges associated with the Contract under 15 U.S.C. §1, et seq., and Texas Business & Commerce Code §15.01, et seq. 

 9.19  Affirmation Clauses:  

A.  The Contractor affirms that it has not given, offered to give, or intends to give at any time hereafter any economic opportunity, future employment, gift, loan, gratuity, special discount, trip, favor, or service to a public servant in connection with the Contract.  Any instances of unethical conduct, undisclosed conflicts of interest and/or potential conflicts of interest, and other improprieties by the Contractor are grounds for termination of the Contract. 

 B.  Contractor certifies that the individual or business entity named in the Contract is in compliance 

with Texas Government Code, Section 669.003, relating to contracting with executive head of a State agency. 

 C.  Pursuant to Texas Government Code, Section 2155.004, Contractor certifies that the individual 

or business entity named in the Contract is not ineligible to receive the specified Contract and acknowledges that the Contract may be terminated and payment withheld if this certification is inaccurate. 

 D.  Pursuant to Texas Family Code, Section 231.006 (relating to child support),  Contractor certifies 

 SPB Project 809‐18‐0049                                                                                                                                                Texas State Capitol June 20, 2018                                                                                                                                                      Exterior Door Preservation 

Page 9 of 17

that the individual or business entity named in the Contract is not ineligible to receive the specified payment and acknowledges that the Contract may be terminated and payment withheld if this certification is inaccurate.  

   E.    Contractor represents and warrants that Contractor has no actual or potential conflicts of 

interest in providing services to the State of Texas under this Contract and that Contractor‘s provision of services under this Contract would not reasonably create an appearance of impropriety. 

 F.  The Contractor agrees that payments due under the Contract will be applied to any debt that is 

owed to the State of Texas, including but not limited to delinquent taxes and child support, that have arisen prior to or arise after execution of this Agreement. 

G.  Contractor certifies that the individual or business entity named in the Contract is eligible to participate in this transaction and that it has not been subjected to suspension, debarment, or similar ineligibility determined by any federal, state or local governmental entity and that the Contractor is in compliance with the State of Texas statutes and rules relating to procurement and that the Contractor is not listed on the federal government's terrorism watch list as described in Executive Order 13224.  Entities ineligible for federal procurement are listed at http://www.epls.gov. 

H.  Contractor represents and warrants that neither Contractor nor any person or entity that will participate financially in this Contract has received compensation from the SPB or any agency of the State of Texas for participation in preparation of specifications for this Contract. Contractor represents and warrants that it has not given, offered to give, and does not intend to give at any time hereafter, any economic opportunity, future employment, gift, loan, gratuity, special discount, trip, favor or service to any public servant or employee in connection with this Contract. 

I.  Contractor affirms in writing by signature to this contract that it (i)does not boycott Israel and (ii) will not boycott Israel during the term of the contract. 

J.  Contractor affirms in writing by signature to this contract that it is not engaged in active business operations with Sudan, Iran, or any foreign terrorist organization and/or organizations with policies that are anathema to the policy interests of the United States or the State of Texas. 

 9.20  Buy Texas:  Contractor represents and warrants that it will buy Texas products and materials for use in 

providing the services authorized herein when such products and materials are available at a price and time comparable to products and materials produced outside the state. 

 9.21  Taxes:  Purchases made for state uses are exempt from Texas State Sales Tax and Federal Excise Tax.  An 

Excise Tax Exemption Certificate will be furnished upon written request to the SPB.  

9.22  Supporting Documents, Retention; Right to Audit; Independent Audits:  Contractor shall maintain and retain supporting fiscal and any other documents relevant to showing that any payments under this Contract funds were expended in accordance with the laws and regulations of the State of Texas, including but not limited to, requirements of the Comptroller of the State of Texas and the State Auditor. Contractor shall maintain all such documents and other records relating to this Contract and the State’s property for a 

 SPB Project 809‐18‐0049                                                                                                                                                Texas State Capitol June 20, 2018                                                                                                                                                      Exterior Door Preservation 

Page 10 of 17

period of four (4) years after the date of submission of the final invoices or until a resolution of all billing questions, whichever is later. Contractor shall make available at reasonable times and upon reasonable notice, and for reasonable periods, all documents and other information related to the “Work” as defined in this Contract. Contractor and the subcontractors shall provide the State Auditor with any information that the State Auditor deems relevant to any investigation or audit. Contractor must retain all work and other supporting documents pertaining to this Contract, for purposes of inspecting, monitoring, auditing, or evaluating by the SPB and any authorized agency of the State of Texas, including an investigation or audit by the State Auditor.  

Contractor shall cooperate with any authorized agents of the State of Texas and shall provide them with prompt access to all of such State’s work as requested. Contractor’s failure to comply with this Section shall constitute a material breach of this Contract and shall authorize the SPB and the State of Texas to immediately assess appropriate damages for such failure. Pursuant to Texas Government Code, Section 2262.003 the acceptance of funds by Contractor or any other entity or person directly under this Contract, or indirectly through a subcontract under this Contract, shall constitute acceptance of the authority of the State Auditor to conduct an audit or investigation in connection with those funds. Contractor acknowledges and understands that the acceptance of funds under this Contract shall constitute consent to an audit by the State Auditor, Comptroller or other agency of the State of Texas. Contractor shall ensure that this paragraph concerning the State’s authority to audit funds received indirectly by subcontractors through Contractor and the requirement to cooperate is included in any subcontract it awards. Furthermore, under the direction of the legislative audit committee, an entity that is the subject of an audit or investigation by the State Auditor must provide the State Auditor with access to any information the State Auditor considers relevant to the investigation or audit.      

9.23  Force Majeure:  The SPB may grant relief from performance of the Contract if the vendor is prevented from performance by an act of war, order of legal authority, act of God, or other unavoidable cause not attributable to the fault or negligence of the Contractor.  The burden of proof for the need for such relief shall rest upon the Contractor.  To obtain release based on force majeure, the Contractor shall file a written request with the SPB. 

9.24 No Waiver:  This Contract shall not constitute or be construed as a waiver of any of the privileges, rights, defenses,  remedies,  or  immunities  available  to  the  SPB  as  an  agency  of  the  State  of  Texas  or  otherwise available to the SPB.  The failure to enforce or any delay in the enforcement of any privileges, rights, defenses, remedies,  or  immunities  available  to  the  SPB  under  this  Agreement  or  under  applicable  law  shall  not constitute a waiver of such privileges, rights, defenses, remedies, or immunities or be considered as a basis for estoppel.  The SPB does not waive any privileges, rights, defenses, remedies, or immunities available to the SPB as an agency of the State of Texas, or otherwise available to the SPB, by entering into this Agreement or by its conduct prior to or subsequent to entering into this Agreement.  The modification of any privileges, rights, defenses, remedies, or immunities available to the SPB must be in writing, must reference this Section, and must  be  signed by  the  SPB  to  be  effective,  and  such modification of  any privileges,  rights,  defenses, remedies, or immunities available to the SPB shall not constitute waiver of any subsequent privileges, rights, defenses, or immunities under this Agreement or under applicable law. 

9.25 Limitation of Liability:  The SPB shall not be liable for any direct or consequential damages to the Contractor or any third party for any act or omission of the Contractor in the performance of this Agreement.  The SPB shall not indemnify nor guarantee any obligation of the Contractor. 

9.26  Federal,  State,  and  Local  Requirements:    The  Contractor  shall  demonstrate  on‐site  compliance with  the 

 SPB Project 809‐18‐0049                                                                                                                                                Texas State Capitol June 20, 2018                                                                                                                                                      Exterior Door Preservation 

Page 11 of 17

Federal Tax Reform Act of 1986, Section 1706, amending Section 530 of the Revenue Act of 1978, dealing with issuance of Form W‐2's to common law employees.  The Contractor is responsible for both Federal and State Unemployment  insurance  coverage  and  standard  Workers'  Compensation  Insurance  coverage.    The Contractor shall comply with all Federal and State tax laws and withholding requirements.  The SPB shall not be liable to the Contractor or its employees for any Unemployment or Workers' Compensation coverage, or Federal or State withholding requirements.   The Contractor shall  indemnify the SPB and pay to the SPB all costs, penalties, or losses resulting from the Contractor's omission or breach of this Section.   

9.27 Assignment:  The Contractor may not assign or subcontract this Agreement, in whole or in part, without the SPB's prior written consent.  The Agreement is void if sold or assigned to another company without the written approval of the SPB.   

9.28 DTPA:  The Contractor represents and warrants that it has not been the subject of a Deceptive Trade Practices Act or any unfair business practice administrative hearing or court suit and that the Contractor has not been found to be liable for such practices in such proceedings.  The Contractor certifies that it has no officers who have served as officers of other entities who have been the subject of a Deceptive Trade Practices Act or any unfair business administrative hearing or court suit and that such officers have not been found to be liable for such practices in such proceedings. 

9.29 False Statements:  By signature to this Contract, the Contractor makes all the representations, warranties, guarantees, certifications, and affirmations included in this Agreement.  If the Contractor signed its proposal with a false statement or signs this Agreement with a false statement or it is subsequently determined that the Contractor has violated any of the representations, warranties, guarantees, certifications or affirmations included in this Contract, the Contractor shall be in default under this Agreement and the SPB may terminate or void this Agreement for cause and pursue other remedies available to the SPB under this Agreement and applicable law. 

9.30 Limitation on Authority:  The Contractor will have no authority to act for or on behalf of the SPB or the State of Texas except as expressly provided  for  in  the Contract; no other authority, power or use  is granted or implied.  The Contractor may not incur any debts, obligations, expenses, or liabilities or any kind on behalf of the SPB or the State of Texas. 

9.31 Equal Opportunity:  The Contractor represents and warrants that it shall comply with the Civil Rights Act in giving equal opportunity without regard to race, color, creed, sex or national origin. 

9.32 Immigration Laws:  The Contractor certifies that all Contractor employees are and will be in compliance with all requirements of the Federal Immigration Reform and Control Act of 1986 (Public Law 99‐603). 

9.33 Direct Deposit:  The electronic funds transfer (EFT) provisions of Texas law were revised by H.B. 2429, which is now in effect.   Depending on eligibility under the  law, certain payments from the State may be directly deposited into the Contractor's bank account or may be made by warrant.  Vendors who may be eligible for direct  deposit  and who wish  to  be  paid  by  direct  deposit, must  complete  the  form  titled  "Vendor Direct Deposit Authorization" and return it as soon as possible to: State Preservation Board, Accounting, P.O. Box 132876, Austin, TX 78711.  Comptroller of Public Accounts' Claims Divisions oversees the distribution of the state  payments,  both warrants  (paper  checks)  and direct deposit.    For questions  regarding  the  statewide process, contact the Claims Payment Processing Section, at 1‐800‐531‐5441, ext. 6‐8138 or (512) 936‐8138, or send an email message to [email protected]

 SPB Project 809‐18‐0049                                                                                                                                                Texas State Capitol June 20, 2018                                                                                                                                                      Exterior Door Preservation 

Page 12 of 17

9.34 Partially Completed Work: No later than the seventh calendar day after the termination of this Contract or at SPB request, the Contractor shall deliver to the SPB all completed, or partially completed, work and any and all documentation or other products and results of these services.  Failure to timely deliver such work or any and all documentation or other products and results of the services shall be considered a material breach of this Contract Agreement.    The Contractor  shall  not make or  retain  any  copies of  the work or  any  and  all documentation or other products and results of the services without the prior written consent of the SPB.  

9.35 Severability: In case any one or more of the provisions contained in this Contract shall for any reason be held to be invalid, illegal, or unenforceable in any respect, such invalidity, illegality, or unenforceability shall not affect any other provision thereof and this Contract shall be construed as if such invalid, illegal, or unenforceable provision had never been contained herein. 

 9.36  Prior Agreements Superseded: This Contract constitutes the sole and only agreement of the parties hereto 

and supersedes any prior understandings or written or oral agreements between the parties respecting its subject matter. 

 9.37  Felony Criminal Convictions: Contractor represents and warrants that Contractor has not and Contractor’s 

employees have not been convicted of a felony criminal offense, or that, if such a conviction has occurred, Contractor has fully advised the SPB as to the facts and circumstances surrounding the conviction. 

 9.38  Survival of Terms: Termination of the Contract for any reason shall not release the Contractor from any 

liability or obligation set forth in the Contract that is expressly stated to survive any such termination or by its nature would be intended to be applicable following any such termination, including the provisions regarding confidentiality, indemnification, transition, records, audit, property rights, dispute resolution, and invoice and fees verification. 

 9.39  Certification Concerning Hurricane Relief: Government Code §2155.006 and §2261.053 prohibit the SPB 

from awarding a contract to any person who, in the past five years, has been convicted of violating a federal law or assessed a penalty in connection with a contract involving relief for Hurricane Rita, Hurricane Katrina, or any other disaster, as defined by Government Code §418.004, occurring after September 24, 2005.  Under Government Code §2155.006 the Contractor certifies that the individual or business entity named in its proposal is not ineligible to receive the Contract and acknowledges that the Contract may be terminated and payment withheld if this certification is inaccurate. 

 9.40  Historically Underutilized Businesses (HUBs): In accordance with State law, it is SPB’s policy to assist HUBs, 

whether minority or women‐owned, whenever possible, to participate in providing goods and services to the agency. SPB encourages those parties with whom it contracts for the provision of goods and services to adhere to this same philosophy in selecting subcontractors to assist in fulfilling Contractor’s obligations with SPB.  

 9.41  Misclassification of Workers:  Effective January 1, 2014, Texas Labor Code sec. 214.008 authorizes a 

penalty to be imposed on a person who contracts for certain services with a governmental entity and fails to properly classify their workers.  This section applies to subcontractors directly retained and compensated by a person who contracts with a governmental entity. 

 

 SPB Project 809‐18‐0049                                                                                                                                                Texas State Capitol June 20, 2018                                                                                                                                                      Exterior Door Preservation 

Page 13 of 17

9.42 Executive Order RP‐80:  U.S. Department of Homeland Security’s E‐Verify System:    By entering into this Contract, the Contractor certifies and ensures that it utilizes and will continue to utilize, for the term of this Contract, the U.S. Department of Homeland Security’s E‐Verify, according to the rules promulgated by the U.S. Department of Homeland Security system to determine the eligibility of: 

1. All persons employed to perform duties within Texas, during the term of the Contract; and  2. All persons (including subcontractors) assigned by the Respondent to perform work pursuant to the 

Contract, within the United States of America.  

This provision applies to any employees hired by Contractor or its subcontractors between the start of the contract and its conclusion. The Contractor shall provide, upon request of the SPB, an electronic or hardcopy screenshot of the confirmation or tentative non‐confirmation screen containing the E‐Verify case verification number for attachment to the Form I‐9 for the three most recent hires that match the criteria above, by the Contractor, and Contractor’s subcontractors, as proof that this provision is being followed. 

If this certification is falsely made, the Contract may be immediately terminated, at the discretion of the state and at no fault to the state, with no prior notification. The Contractor shall also be responsible for the costs of any re‐solicitation that the state must undertake to replace the terminated Contract. 

  

ARTICLE 10 INSURANCE 

10.1     Contractor shall purchase and maintain insurance, in full force at all times and at its expense, as shall protect the Contractor from claims that may arise out of or result from the Contractor's performance of service pursuant to this Agreement, in the following types and amounts for the duration of this Agreement, and any extensions thereof, and furnish original Certificates of Insurance, including policy declaration and policy endorsements before work commences as evidence thereof: 

 10.1.1.  Minimum Insurance Coverage:   

10.1.1.1Workers Compensation:  Minimum coverage for employer liability as determined by the Texas Department of Insurance. 

10.1.1.2 Commercial General Liability Insurance:   $1,000,000 minimum each occurrence limit; $2,000,000 minimum general aggregate limit. 

10.1.1.3 Automobile Liability Insurance for all owned, non‐owned, and hired vehicles:  Minimum combined single limit for bodily injury and property damage of $1,000,000 per occurrence. 

10.1.1.4 Umbrella Liability Insurance for an amount of not less than $2,000,000.00 that provides coverage at least as broad as and applies in excess and follows the form of the primary liability coverage required hereinabove. The policy shall provide “drop down” coverage where underlying primary insurance coverage limits are insufficient or exhausted. 

 

 SPB Project 809‐18‐0049                                                                                                                                                Texas State Capitol June 20, 2018                                                                                                                                                      Exterior Door Preservation 

Page 14 of 17

10.1.2  General Requirements for Insurance:    

Contractor agrees that each of the insurance policies obtained shall meet the requirements of this Agreement and contain the following:   

 10.1.2.1   The Contractor shall be responsible for deductibles and self‐insured retention, if any, 

stated in policies.  All deductibles or self‐insured retention shall be disclosed on the certificate of insurance required above and must be approved by the Owner.  Actual losses not covered by insurance as required by this Agreement shall be paid by the Contractor. 

 10.1.2.2 All insurance coverage obtained by Contractor to fulfill the requirements hereunder 

shall be on an occurrence basis.    

10.1.2.3 Contractor shall maintain coverage for the duration of the Agreement and for two years following the completion of the work under the Agreement.  The Contractor shall, on at least an annual basis, provide the SPB with an insurance certificate as evidence of insurance.  The premium for the reporting period shall be paid by the Contractor. 

 10.1.2.4 The Parties agree that the policies required in this Agreement, shall be considered 

primary coverage, as applicable.    

10.1.2.5 Insurance shall be written by a company licensed to do business in the State of Texas at the time the policy is issued and shall be written by a company with an A.M. Best rating of A or better. 

 10.1.2.6 All certificates shall include a clause to the effect that the policy shall not be canceled, 

reduced, restricted or limited until thirty (30) days after the SPB has received written notice.    

 10.1.2.7 Unless the requisite prior notification has been provided to the SPB and replacement 

insurance meeting all of the requirements of this Agreement has been obtained, Contractor shall not cause or allow any of its insurance coverage to be canceled nor permit any insurance coverage to lapse during the term of the Agreement or as required in the Agreement. 

10.1.2.8  The SPB reserves the right to review the insurance requirements of this section during the effective period of the Agreement and to make reasonable adjustments to insurance coverage and their limits when deemed necessary and prudent by the SPB based upon changes in statutory law, court decisions or the claims history of the industry as well as the Contractor (such adjustments shall be commercially available to the Contractor). 

10.1.2.9 Without limiting any of the other obligations or liabilities of the Contractor, the Contractor shall require each Subcontractor performing work under the Contract, at the Subcontractor’s own expense, to maintain during the term of the Contract, the same stipulated minimum insurance including the required provisions and additional 

 SPB Project 809‐18‐0049                                                                                                                                                Texas State Capitol June 20, 2018                                                                                                                                                      Exterior Door Preservation 

Page 15 of 17

policy conditions shown above.  As an alternative, the Contractor may include its Subcontractors as additional insureds on its own coverage as prescribed under these requirements.  The Contractor’s certificates of insurance shall note in such event that the Subcontractors are included as additional insureds and that Contractor agrees to provide Workers’ Compensation for the Subcontractors and their employees.  The Contractor shall obtain and monitor the certificates of insurance from each Subcontractor in order to assure compliance with the insurance requirements.  The Contractor must retain the certificates of insurance for the duration of the Contract and shall have the responsibility of enforcing these insurance requirements among its subcontractors.  The SPB shall be entitled, upon request and without expense, to receive copies of these certificates. 

 ARTICLE 11 BONDS 

 11.1  Prior to commencement of work under this Contract, Contractor is required to tender payment and performance bonds to SPB, as required by Texas Government Code, Chapter 2253, when the following circumstances apply:  

 11.1.1   A performance bond is required if the Contract amount is in excess of $100,000.00. The 

performance bond is solely for the protection of SPB. The performance bond is to be for the sum of 

the Contract to guarantee the faithful performance of the work in accordance with the Contract. The performance bond shall be effective through Contractor’s warranty period. When submitting a proposal for services as requested by the SPB, Contractor shall provide documentation for the cost of the performance bond.  

 11.1.2.   A payment bond is required if the Contract amount is in excess of $25,000.00. The payment 

bond is to be for the sum of the Contract and is payable to SPB solely for the protection and use of payment bond beneficiaries who have a direct contractual relationship with Contractor or a subcontractor. When submitting a proposal for services as requested by the SPB, Contractor shall provide documentation for the cost of the payment bond.  

 11.2  Each bond shall be executed by a corporate surety or sureties authorized to do business in the State of 

Texas and acceptable to SPB, on SPB’s form, attached hereto and incorporated herein as Exhibit C – SPB Bond Forms, and in compliance with the relevant provisions of the Texas Insurance Code. If any bond is for more than ten (10) percent of the surety’s capital and surplus, SPB may require certification that the company has reinsured the excess portion with one or more reinsurers authorized to do business in the State. A reinsurer may not reinsure for more than ten (10) percent of its capital and surplus. If a surety upon a bond loses its authority to do business in the State, Contractor shall, within thirty (30) days after such loss, furnish a replacement bond at no added cost to SPB. 

  11.3  Each bond shall be accompanied by a valid power of attorney (issued by the surety company and attached, 

signed and sealed with the corporate embosses seal, to the bond) authorizing the attorney in fact who signs the bond to commit the company to the terms of the bond, and stating any limit in the amount for which the attorney can issue a single bond. 

 

 SPB Project 809‐18‐0049                                                                                                                                                Texas State Capitol June 20, 2018                                                                                                                                                      Exterior Door Preservation 

Page 16 of 17

11.4 The process of requiring and accepting bonds and making claims thereunder shall be conducted in compliance with Texas Government Code, Chapter 2253. IF FOR ANY REASON A STATUTORY PAYMENT OF PERFORMANCE BOND IS NOT HONORED BY THE SURETY, CONTRACTOR SHALL FULLY INDEMNIFY AND HOLD OWNER HARMLESS OF AND FROM ANY COSTS, LOSSES, OBLIGATIONS OR LIABILITIES IT INCURS AS A RESULT.  

 11.5 SPB shall furnish certified copies of the payment bond and the related Contract to any qualified person 

seeking copies who complies with Texas Government Code, Section 2253.026(f). Claims on payment bonds must be sent directly to Contractor and its surety in accordance with Texas Government Code, Section 2253.041. All payment bond claimants are cautioned that no lien exists on the funds unpaid to Contractor on such Contract, and that reliance on notices sent to SPB may result in loss of their rights against Contractor and/or its surety. SPB is not responsible in any manner to a claimant for collection of unpaid bills, and accepts no such responsibility because of any representation by any agent or employee. 

  11.6 The rights of subcontractors regarding payment are governed by Texas Property Code, Sections 53.231–

53.239 when the value of a Delivery Release is less than $25,000.00. These provisions set out the requirements for filing a valid lien on funds unpaid to Contractor as of the time of filing the claim, actions necessary to release the lien and satisfaction of such claim.  

 11.7 Sureties shall be listed on the US Department of the Treasury’s Listing Approved Sureties stating companies 

holding Certificates of Authority as acceptable sureties on federal bonds and acceptable reinsuring companies (Department Circular 570).  

 ARTICLE 12 NOTICE 

 Any notice required or permitted to be given pursuant to the Agreement shall be in writing and sent to the address set forth below.  Notice shall be deemed delivered on: (i) the date of delivery if delivered by email, facsimile transmission, mailed by registered or certified mail, or hand delivered, or (ii) three business days after being mailed via United States Postal Service.    Notice given in any other manner shall be deemed effective only if and when received by the party to be notified. Either party may change its address for notice by written notice to the other party as herein provided.       SPB:  Kevin Koch                                                           State Preservation Board         P.O. Box 13286  

Austin, Texas 78711‐3286                 Physical address:            201 E. 14th St., Suite 950 

Austin, Texas 78701     (512)  463‐4578                          Contractor:    __________________ 

__________________         __________________                                                           __________________ 

 SPB Project 809‐18‐0049                                                                                                                                                Texas State Capitol June 20, 2018                                                                                                                                                      Exterior Door Preservation 

Page 17 of 17

  Persons signing are expressly authorized to obligate the parties to the terms of this contract. The undersigned hereby agree to the terms and conditions of this Agreement:   OWNER                      CONTRACTOR STATE PRESERVATION BOARD            _______________________________     

By:  ___________________________      By:________________________   Rod Welsh,                    ___________________   Executive Director                     ___________________ 

               ___________________________            ___________________________ Date                      Date     

     Approved as to Form:       _______________________________      Leslie Pawelka, SPB Attorney             _______________________________         Date 

SPB Project 809‐18‐0049           Texas State Capitol June 20, 2018             Exterior Door Preservation 

00 61 13 ‐ PERFORMANCE AND PAYMENT BONDS 

1.1 Prior to commencement of work under this Contract, Contractor is required to tender payment and   performance bonds to SPB, as required by Texas Government Code, Chapter 2253, when the following circumstances apply:  

1.1.1   A performance bond is required if the Contract amount is in excess of $100,000.00. The 

performance bond is solely for the protection of SPB. The performance bond is to be for the sum of 

the Contract to guarantee the faithful performance of the work in accordance with the Contract. The performance bond shall be effective through Contractor’s warranty period. When submitting a proposal for services as requested by the SPB, Contractor shall provide documentation for the cost of the performance bond.  

1.1.2.   A payment bond is required if the Contract amount is in excess of $25,000.00. The payment 

bond is to be for the sum of the Contract and is payable to SPB solely for the protection and use of payment bond beneficiaries who have a direct contractual relationship with Contractor or a subcontractor. When submitting a proposal for services as requested by the SPB, Contractor shall provide documentation for the cost of the payment bond.  

1.2 Each bond shall be executed by a corporate surety or sureties authorized to do business in the State of Texas and acceptable to SPB, on SPB’s form, attached hereto and incorporated herein as Exhibit C – SPB Bond Forms, and in compliance with the relevant provisions of the Texas Insurance Code. If any bond is for more than ten (10) percent of the surety’s capital and surplus, SPB may require certification that the company has reinsured the excess portion with one or more reinsurers authorized to do business in the State. A reinsurer may not reinsure for more than ten (10) percent of its capital and surplus. If a surety upon a bond loses its authority to do business in the State, Contractor shall, within thirty (30) days after such loss, furnish a replacement bond at no added cost to SPB. 

1.3 Each bond shall be accompanied by a valid power of attorney (issued by the surety company and attached, signed and sealed with the corporate embosses seal, to the bond) authorizing the attorney in fact who signs the bond to commit the company to the terms of the bond, and stating any limit in the amount for which the attorney can issue a single bond. 

1.4 The process of requiring and accepting bonds and making claims thereunder shall be conducted in compliance with Texas Government Code, Chapter 2253. IF FOR ANY REASON A STATUTORY PAYMENT OF PERFORMANCE BOND IS NOT HONORED BY THE SURETY, CONTRACTOR SHALL FULLY INDEMNIFY AND HOLD OWNER HARMLESS OF AND FROM ANY COSTS, LOSSES, OBLIGATIONS OR LIABILITIES IT INCURS AS A RESULT.  

1.5 SPB shall furnish certified copies of the payment bond and the related Contract to any qualified person seeking copies who complies with Texas Government Code, Section 2253.026(f). Claims on payment bonds must be sent directly to Contractor and its surety in accordance with Texas Government Code, Section 2253.041. All payment bond claimants are cautioned that no lien exists on the funds unpaid to Contractor on such Contract, and that reliance on notices sent to SPB may result in loss of their rights against Contractor and/or its surety. SPB is not responsible in any manner to a claimant for collection of unpaid bills, and accepts no such responsibility because of any representation by any agent or employee. 

 SPB Project 809‐18‐0049                                                                                                                                                Texas State Capitol June 20, 2018                                                                                                                                                      Exterior Door Preservation 

     

1.6 The rights of subcontractors regarding payment are governed by Texas Property Code, Sections 53.231–53.239 when the value of a Delivery Release is less than $25,000.00. These provisions set out the requirements for filing a valid lien on funds unpaid to Contractor as of the time of filing the claim, actions necessary to release the lien and satisfaction of such claim.  

 1.7 Sureties shall be listed on the US Department of the Treasury’s Listing Approved Sureties stating companies 

holding Certificates of Authority as acceptable sureties on federal bonds and acceptable reinsuring companies (Department Circular 570).  

  

  

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation  

GENERAL CONDITIONS    00 72 00‐1       

00 72 00 – GENERAL CONDITIONS 

 

 

The State of Texas Uniform General Conditions are available online here: 

http://www.tfc.state.tx.us/divisions/facilities/prog/construct/formsindex/2015%20UGC%2003.0

7.2017.Final.pdf 

 

 

END OF SECTION 

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation 

SUPPLEMENTARY CONDITIONS    00 73 00‐1       

00 73 00 – SUPPLEMENTARY CONDITIONS 

 

 

The State of Texas Uniform General Conditions are available online here: 

 

http://www.tfc.state.tx.us/divisions/facilities/prog/construct/formsindex/2018%20Supp%20Ge

n%20Cond%202017.pdf 

 

 

END OF SECTION 

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation  

SPECIAL GENERAL CONDITIONS    00 73 01‐1       

Special General Conditions to the State of Texas 2015 Edition of the

Uniform General Conditions for Construction Contracts

22.2 Page 6, Article 2, Item 2.2.1.2 add new Subparagraph 2.2.1.2.1: 2.2.1.2.1: Owner's Prevailing Wage Schedule will be defined by the Davis-Bacon Wage Determinations dated March 23, 2018.

 

 

END OF SECTION 

Page 1 of 7

Standard Owner Requirements For State Preservation Board Facilities Projects

May 2018

Please note: The term "Contractor" in this document refers to all general and sub-contractors, contractor employees and all temporary employees of SPB.

The following applies to ALL State Preservation Board Facilities Projects:

• Schedule and Work Plan: Prior to commencing work, Contractor must obtain approval from SPB of a schedule and work plan which demonstrates how the work will be accomplished in the allotted time and meet all requirements of the SPB.

• Modifications to this document: Changes to the requirements of this document may be approved by SPB after review and discussion of the Schedule and Work Plan, depending on the hardships in accomplishing the work presented by the Contractor. SPB may make additional expectations of the Contractor in response to changes in the scope of work occurring after the execution of this document.

• Forced Delays: SPB may stop the work temporarily at any time for any reason. Forced delays occur rarely when the Contractor's work is impacting government operations in a negative way (i.e. disrupting a meeting in a nearby building.)

• Safety: At all times while working on state property, Contractors must satisfy all safety requirements of OSHA and all other federal, state and local safety regulations. Contractors must provide a safe working environment within the designated work area. Contractors must utilize signage and caution tape to inhibit visitors and unauthorized personnel from entering the work area or crossing the pathway of vehicles entering or exiting the work area. Contractor must secure the work area to the extent possible at the end of each workday to prevent unauthorized access. Contractor must provide SPB 24-hour access to the site, including a key or combination to the lock on the work area gate. Contractors are advised that visitors are often present during the work and must be aware of visitors during any work performance.

• Contractor Approval: All Contractors must be approved by SPB to work on state property. In the event that a change in contractors is required during a project, new contractors must be approved by SPB.

• Security Assessments: All Contractors and employees who plan to work on state property are subject to full background checks and approval. The level of scrutiny will vary depending on the nature of the project and the specific location of the work. Contractors should be prepared to provide SPB with a list of all employees who they propose to work on the project. There is no implied guarantee that work access will be

Page 2 of 7

granted.

All employees are subject to screening upon entrance to the Texas Capitol.

Vehicular access to the Capitol Drive is controlled by DPS and only accessible with proper credentials. Contractors must request vehicular access in writing to SPB at least 24 hours in advance of the requested access time. There is no implied guarantee that drive access will be granted.

• Signage: Contractor must provide all signs needed and maintain them throughout the project. Typically, signs must address the following issues:

-Define the boundaries of the Construction Area. -Define required safety measures within Construction Area (i.e. hardhats, etc.) -Prohibit unauthorized personnel inside the Construction Area. -Delineate alternative accessible routes when existing routes are being blocked. (SPB will provide directives.)

In some cases, SPB may permit Contractors to also attach to the construction fence up to 2 copies of a Project Sign. Typically, Project Signs include a project title, graphic image of the completed project, name of the general contractor, etc. The design for all signs that include the name of any entity or person must be submitted to SPB for approval prior to fabrication or posting of the sign.

• Parking: The SPB is not responsible for providing Contractor parking. However, a limited amount of parking may be made available for contractor's use; the number and location of parking spaces to be determined based on the requirements of the work. Contractors may be charged a nominal fee for certain parking privileges. In some cases, SPB may issue a limited number of swipe cards to contractor employees for complimentary parking at the Capitol Visitors Parking Garage, 1201 San Jacinto. Contractor must pay $5.00 for each swipe card not returned to SPB.

• Smoking: All state office buildings in the Capitol Complex are designated as smoke-free facilities. Smoking is also prohibited in the loading dock, garages, and all areas within 15 feet of any entrance or exit. Smoking is never allowed within the confines of the work area, even when the work area is considered exterior.

• Food and Beverages: Foods or beverages shall be consumed in areas designated by the Contractor.

• Personal Behavior: The use of headphones, speakers and audio equipment on the job site is prohibited. Contract employees must not use profanity nor wear clothing that contains inappropriate language or images while working on state property.

Contractors must be courteous to building occupants and visitors whenever there is interaction.

Page 3 of 7

All coordination with building occupants, including DPS, must be through the State Preservation Board to maintain tracking of communications and continuity of coordination.

• Lay Down and Storage: Contractors must only use the confines of the limits of construction and designated lay down areas for storage, lay down, staging, supplies, materials, equipment, assemblies, and work. Contractors must provide a plan prior to construction commencement indicating planned areas for materials, vehicles, and tools storage. Metered parking along Colorado street is the best location that may be reserved for staging, storage, laydown, or unloading of equipment. Such access must be requested and approved in advance and is subject to availability.

• Wheeled Equipment: All dollies, job boxes, hand trucks, carts, buggies, pallet jacks and other wheeled equipment must have soft rubber wheels or inflatable rubber wheels. No steel or other metal wheels are permitted on the premises without prior approval by SPB. Contractors are financially responsible, on a per-occurrence basis, for repair of any damage to surfaces caused by Contractor's vehicles or equipment. SPB will determine if a particular repair may be addressed by the Contractor or if the Contractor must pay SPB to address the repair.

No large equipment can be transported through the Capitol Corridors; any special access for equipment must be requested and approved in advance.

• Deliveries/Extension Loading Dock: The underground extension loading dock is the primary means of delivering large and heavy items into the Extension. It is often the best way to deliver large and heavy items into the Capitol, with access via interior stairs between the Extension and Capitol. Delivery directly into the Capitol via exterior doors requires special Grounds access, which cannot be assured, and should be requested in advance. The height clearance at the Extension Loading Dock is 14’-4”, which could be impacted by the wheel base of the delivery vehicle relative to the slope of the entrance ramp. Maneuvering of larger vehicles within the dock is limited by the configuration of the space. There is no forklift to offload materials. The raised docks are a fixed height at 42" high. Coordinate with the SPB if there are any concerns about your ability to use the loading dock for the purposes of your contract.

• Trash and Debris Disposal: Contractors are prohibited from using on-site dumpsters. All trash, debris, and discarded packing materials must be removed from State property daily.

No trash or flammable material storage of any type whatsoever shall be permitted inside the building or adjacent to the building inside the oval walk.

Page 4 of 7

• Hot Work Permits: Hot Work Permits issued by the Capitol Fire Marshal are required for all interior work involving open flames or producing heat and/or sparks. Hot Work Permits are required for exterior work involving open flames or producing heat and/or sparks occurring within 50 feet of any structure. Contractors must provide requests for Hot Work Permits a minimum of 24 hours prior to the commencement of the work, and obtain the permit prior to performing the work.

• Sound Limitations: All work involving heavy equipment and/or producing high-volume sounds or vibrations must be scheduled in advance with the SPB and will be limited to the hours before 7:00am and after 6:00pm on weekdays or limited to weekend hours, depending on the Capitol event schedule. This includes, but is not limited to, drilling piers and pouring or demolishing concrete. Contractor's use of certain generators may be limited to off hours.

To assure audibility of fire alarms at all times and reduce noise, prohibit interior use of music players and individually controlled audio systems by construction personnel.

• Clean-up: All clean-up of tools and equipment, if required, must be done off site and not on the grounds or in the building. Contractors must not dispose of any hazardous chemicals or any type of solids using the state's sanitary or storm sewer system. Contractors must remove all construction debris and trash from the construction area daily using covered carts, in accordance with state and federal laws.

The following applies to State Preservation Board Facilities Projects that include EXTERIOR work areas:

• Visitor Safety: Contractor must enclose the entire work area with temporary fencing and provide clearly-designated safe alternate pedestrian and vehicular routes when existing routes are obstructed. To inhibit unauthorized access, Contractors must secure the work area at the end of each workday and whenever Contractor's employees are not present.

• Heavy Equipment: Large trucks and other heavy equipment are not permitted on the Capitol Grounds without prior approval of SPB. At least 48 hours before the work begins, contractors must provide SPB information on how they intend to protect the grounds from damage by equipment as it moves on and off the work site. Construction mats must be utilized to protect the grounds when heavy equipment is used for excavation, concrete work, stone placement and similar work. Contractors may be required to utilize Tire Socks, Fork Socks, Track Socks and Drip Diapers when working in certain areas. (Also see Sound Limitations and Protection of Exterior Building Finishes and Landscapes.)

Page 5 of 7

Contractors should be aware of local regulations regarding the operation of heavy equipment on City of Austin streets.

Maximum loading over the extension is AASHTO H20, limiting loads to 32,000 lbs per axle or 16,000 lbs per wheel footprint. Note that the Extension passes under the north Capitol drive in line with the face of the north façade; any equipment destined for the north plaza and/or Oval Walk must pass over the Extension.

Maximum loading on the Oval Walk is 48,000 lbs, but lower concentrated loads--including deliveries by forklift--can damage the decorative paneled topping slab. Weight distribution mats must be used.

• Protection of Exterior Building Finishes and Landscapes: During the entire construction period, while moving supplies, equipment, materials, tools, debris, and personnel in and out of the Capitol Grounds, it is the contractor's responsibility to protect all exterior building finishes and landscape elements along the delivery and removal route being used. Protections may include heavy-duty construction mats, plywood sheets or other methods approved by SPB. Landscape elements include, but are not limited to: streets, sidewalks, fencing, gates, monuments, statuary, drinking fountains, trash cans, benches, concrete surfaces, turf, planting beds, trees, and underground utilities (manholes, vaults, irrigation systems, electrical systems, water supply, and storm and sanitary sewers.) Contractors must also protect all surfaces and drive lanes from oil, gasoline, or any other petroleum products, chemicals, or construction debris. Contractors must provide special protection to the limestone curbing of the Capitol Drive by utilizing plywood ramps or other methods approved by SPB. Contractors must ensure that all vehicles and equipment are moved over the protective mats and ramps. Contractors are responsible for any damage to, or destruction of, any landscape, hardscape, or utilities caused by the actions or inactions of the Contractor's employees. SPB will determine if a particular repair may be addressed by the Contractor or if the Contractor must compensate SPB to address the repair.

• Excavation Observation: For any excavation expected to be 12" or deeper, Contractor must notify SPB at least 24 hours in advance and arrange for an SPB employee to observe the work. If any potentially historical artifacts are uncovered, the work may be stopped until a full evaluation can be conducted.

• Underground Utilities (State of Texas): Contractors are financially responsible for any damage done to underground utilities by their workforce. Temporary fencing and other accessories must be supported and anchored without the use of stakes or other sub-grade apparatuses whenever possible. Sand bags and water barrels are acceptable anchors.

• Underground Utilities (City of Austin): Contractors disturbing soil more than 16" deep in areas where city utilities may be present must coordinate with the City of Austin.

Page 6 of 7

State law requires contractors to call, no later than 2 business days before excavating, the Texas Excavation Safety System (also known as One Call) at 8-1-1. For city water emergencies, call (512) 972-1000 for 24-hours service.

• Tree Protection: The ability of the SPB to cure construction injuries on trees is very limited, so the Contractor's focus must be on the prevention of damage. Contractor must take all necessary precautions to protect trees and their roots from damage. To the extent possible, root zones must be kept free of equipment and materials. Any necessary trimming must be performed only with prior approval from SPB.

Contractor must employ the following additional protective measures for certain trees to be designated by SPB which are located within or near the work area:

Crown Protection Zones: T-post and orange fence must be set at a minimum of 10 feet from the surface of the trunk, or along the tree's drip line, whichever provides a greater distance from the trunk. No encroachment within 10 feet of a trunk will be permitted without the specific approval of SPB. Root Buffer: For areas under tree canopies that are inside the construction fence AND will be accessed by any heavy equipment & load (total weight over 5,000 lbs.,) a temporary buffer is required and must cover the root zone and remain in place at the specified thickness until the final grading stage. The protective buffer must consist of shredded wood chips spread over the roots at a minimum of 6 inches in depth, plus a 3/4-inch thick layer of quarry gravel and topped by 3/4-inch thick plywood sheets. Steel plates can be used in lieu of plywood. Mulch Ring: After final grading of the site, provide mulch (Texas Native Mulch - color Black, or approved equal) to a depth of 4 inches, in a circle around the base of the trees. Diameter of mulch ring to be specified by SPB based on tree size.

• Water: Through coordination with SPB, a non-potable water source may be made available to contractors at no cost, depending on work locations and hose-bib availability. A quick-connect hose fitting is required for water access and may be loaned to contractors by SPB. Contractors must provide hoses as required and return hose fittings to SPB when no longer needed. If hoses cross existing pedestrian routes, Contractor may be required to provide temporary ramps or other protections to avoid a tripping hazard. Contractors are responsible for providing water as needed when no existing nearby source is identified. SPB is not responsible for providing potable (drinking) water to Contractors.

• Accessible Routes: Contractors must maintain the public use of existing accessible routes whenever possible. When Contractors must compromise an accessible route, they must also provide alternative accommodations for mobility impaired visitors to access the Capitol, or conduct work outside Capitol opening hours.

Page 7 of 7

• Electrical Power: Electrical service is typically not available to Contractors on the Capitol Grounds. Contractors must provide portable generators as required. (Also see Sound Limitations and Protection of Exterior Building Finishes and Landscapes.)

• Plants & Irrigation: Contractors must not perform any plant-related work without approval of the SPB. In most cases, contractors will be responsible for maintaining turf and other plants within the work area for the duration of the project. Contractors must make every effort to protect existing turf, plants and irrigation systems, and are financially responsible for any damage.

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation 

FIRE PROTECTION POLICIES    00 73 03‐1   

STATE PRESERVATION BOARD FIRE PROTECTION POLICY

 

1. Purpose: To provide safety guidelines for state personnel and outside contractors who will be performing 

work involving open flames, sparks, generation of high temperature, or highly combustible materials 

within or near the buildings.  

2. Guidelines. In instances in which construction or repairs involve open flames, sparks, or the use of highly 

combustible materials, a fire watch will be established. The most current fire safety procedures and 

standards will be applied. Personnel and contractor must meet the requirements established in NFPA 51‐B 

as a minimum, but other currently accepted fire safety procedures shall also apply. Basic procedure shall 

include but are not limited to the following.  

A. The area shall be cleared of all removable combustible materials.  

B. The floor shall be swept clean within a minimum of 10 feet of the work area.  

C. The wall and floor opening in the area will be appropriately sealed to prevent spread to adjacent 

areas.  

D. The ducts to the areas will be sealed or shut down.  

E. Fire watchers shall have adequate fire extinguishing equipment readily available and shall be 

trained in their use.  

F. Fire watchers shall be trained in the use of the building alarm systems. They shall be familiar with 

the facilities and with the fire evacuation plan.  

G. The fire watch shall be maintained after the completion of the work for a period of time adequate 

to assure that no risk remains.  

H. The work site shall be inspected by the fire watcher(s) at two‐hour and four‐hour intervals 

following the completion of work.  

3. Permits and supervision.  

A. Projects and contracts of less than $100,000. The Capitol fire marshal shall issue a permit for any 

activity involving a potential fire hazard and shall implement appropriate fire watch procedures. A 

permit signed by the fire marshal shall serve as authorization to proceed. The fire marshal shall 

designate trained fire watchers to oversee the activity.  

B. Contracts of $100,000 or more. The contractor shall submit a proposed fire protection program 

for the review and approval of the Capitol fire marshal. The program shall include fire watch 

procedures as well as routine fire prevention procedures in compliance with this policy and 

commonly accepted fire prevention standards. Upon approval of the fire protection program by 

the Capitol fire marshal, the contractor shall assume the responsibility for the implementation and 

oversight of the program with periodic review by the fire marshal. The contractor shall issue fire 

watch permits and assume responsibility for enforcing this policy. 

4. Do not store any inflammable material inside Owner’s facilities or in areas where historic fabric is being 

stored. 

5. See Section 01 50 00 for emergency egress requirements during construction. 

END OF SECTION 

 SPB Project 809‐18‐0049                                                                                                                                                Texas State Capitol June 20, 2018                                                                                                                                                      Exterior Door Preservation 

     

00 73 43 ‐ MINIMUM WAGE RATES  

 PREVAILING WAGE SCHEDULE:  The Owner's Prevailing Wage Schedule will be defined by the following 

Davis‐Bacon Wage Determinations: 

General Decision Number: TX180323 03/23/2018  TX323 Superseded General Decision Number: TX20170323 State: Texas Construction Type: Building County: Travis County in Texas. 

 

https://www.wdol.gov/dba.aspx  

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation  

SUMMARY    01 10 00‐1   

01 10 00 ‐ SUMMARY  PART 1 GENERAL  1.01 PROJECT  

A. Project Name: Texas Capitol Exterior Door Preservation. B. Owner's Name: State Preservation Board. C. Architect's Name: Kevin Koch, AIA, State Preservation Board. 

 1.02 BACKGROUND  

A. The exterior doors of the Texas Capitol are original 1888 construction, 5/16" oak veneered over 

a white pine core. 

B. History of maintenance and repairs are not documented, although Dutchman repairs are 

evident on the clear finish interior surface, and by observing exterior joint lines. 

C. The doors were fully stripped and re‐painted in 1995, and again re‐painted in 2006.  

D. The doors are currently sound and functional.  While some warping is visible due to expected 

stresses on these extremely heavy doors in operation for 130 years, there is no indication of 

joint movement or failure. 

 

1.03 SCOPE OF WORK 

A. Preservation and maintenance of door leaves and hardware at 12 first floor exterior doors at the primary Capitol entrances, including filling open checks and cracks and painting of exterior door leaves and frames, maintenance and repair of door hardware, installation of new closers, replacement of sweeps, replacement of deadbolt catches with larger plates, replacement of one threshold, and alteration of floor bolt catches in existing thresholds to accommodate movement in the assembly.    

B. General Conditions: 1. All work completed on site, with doors to remain installed on their hinges. 2. Phasing of work: 

a. Only one pair of doors at a time may be closed for work at the south entrance, due to volume of traffic. 

b. Two pairs at a time may be closed for work at east, west, and north, leaving one pair for ingress/egress. 

c. At the north, one pair of power‐operated doors at a time should remain accessible at all times to maintain our accessible entrance. 

d. Within these limitations, work can be underway at all four entrances at once. e. In order of priority based on severity, they should be repaired south, east, west, then north.  

C. Repair: 1. Remove any loose paint at checks, failing repairs, open joints, or any areas of paint 

failure down to sound and tight conditions.   2. Remove any hard/degraded previous patching material. 

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation  

SUMMARY    01 10 00‐2   

3. Patch checking and open joints with Abatron WoodEpox or equal.  Sand all repairs even with surrounding wood or sound paint. 

4. Dutchman repair any areas of rot or extreme degradation.  None observed or expected, but may be exposed during paint prep.  Any potential Dutchman repairs will need to be assembled to coordinate with this construction. 

5. Bring to Owner's attention any loose joints evidencing rot or progressive movement that may require reinforcement or repair.  None have been observed.  

D. Hardware: 1. Restore head and both foot bolts to full function as is possible with lubricant and 

adjustment/reassembly of existing parts.   a. Contractor should fabricate any interior replacement elements required.   b. Owner will replicate missing decorative elements as necessary. 

2. Secure loose doorknobs. 3. Set all passage latches in the open position. 4. Replace one missing threshold as noted on schedule.  Match adjacent existing 

thresholds in form and material. 5. Replace closer with Owner‐provided closer, anticipated to be Allegion LCN 4040XP 

model closer with EDA arm, powder coated bronze to blend with interior finish.   6. Design and Install adjustable bolt catches on nine thresholds, excluding the west three 

doors, which currently bolt into the exposed granite threshold.  We expect this work will require removal and replacement of the thresholds. 

7. Design, fabricate, and install a larger custom catch plate for deadbolt, in matching metal finish.  

8. Remove and replace friction‐fit nylon brush door sweeps under doors.  Trim brush to match gap conditions at bottom of door. 

9. Final clean.  

E. Paint: 1. Remove loose paint down to sound and tight conditions. 2. Feather out edges of existing sound paint. 3. Thoroughly clean and sand full exterior surface of door and frame, including transom.   4. Prime exposed wood as necessary. 5. Apply one finish topcoat of Tnemec 1080 in Capitol Brown.   

 

1.04 WORK BY OWNER 

A. Installation of security elements, if any 

B. Replacement of decorative hardware knobs. 

1.05 SCHEDULE 

A. All work MUST be completed by October 19, 2018, prior to the beginning of the 86th Regular Session of the Texas Legislature.  

1.06 ACCESS 

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation  

SUMMARY    01 10 00‐3   

A. Access to the Capitol Grounds for deliveries will be coordinated by the State Preservation 

Board and monitored by the Texas Department of Public Safety.   

B. Names and DL numbers of all workers to be maintained and provided to SPB. 

C. Work on doors to be conducted in place.   

D. A minimal amount of parking will be provided adjacent to the Grounds. 

 

1.07 OWNER SUPPLIED MATERIALS  

A. Twelve Alegion 4040XP closers. 

 

1.08 CONTRACTOR USE OF SITE AND PREMISES  A. Doors should be retained, installed, during work. B. Work areas must be secured from the public.  A space 10 feet on either side of the doors being 

worked on may be cordoned off. C. Work areas must be sealed off to maintain interior environmental conditions. D. Secure closure of all openings during Capitol closing hours is required. E. At any open facades, conduct work on one pair of doors at a time to allow ingress/egress 

through the other two doors. F. Coordinate work to maintain one pair of doors for entrance, and one pair for exit, at each given 

entrance. 

G. Emergency egress must be maintained from one door at each entrance at all times. H. The north accessible entrance must have one accessible route usable at all times. I. All equipment must be removed from the entrances at the end of each work day. J. Deck work is happening through September 2018 and hopefully can be coordinated to avoid 

impact to occupants at the west and east decks.    PART 2 PRODUCTS ‐ NOT USED PART 3 EXECUTION ‐ NOT USED END OF SECTION 

 

END OF SECTION 

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation  

PROJECT UTILITY SOURCES    01 18 00‐1   

01 18 00 – PROJECT UTILITY SOURCES 

 

PART 1 GENERAL 

1.01 SECTION INCLUDES 

A. Temporary Utilities – Electricity and lighting 

1.02 RELATED SECTIONS 

A. Section 01 35 53 – Security Measures 

1.03 REFERENCE STANDARDS 

A. International Conference of Building Officials, 1997 Uniform Building Code, Vol. 1, Chapter 33, 

“Site Work, Demolition and Construction.” 

1.04 SUBMITTALS 

NOT USED 

1.05 QUALITY ASSURANCE 

NOT USED 

1.06 TEMPORARY ELECTRICITY 

A. Cost of Energy Used: To be absorbed by Owner. 

B. Connect to power provided by Owner.  110v/20a service is available adjacent to the east and 

west entrances, 220v/30a is available adjacent to north and south entrances. 

1. Do not disrupt Owner’s need for continuous service. 

2. Exercise measures to conserve energy. 

C. Take care not to overload circuits. 

D. Complement existing power service capacity and characteristics as required. 

PART 2 PRODUCTS 

2.01 EQUIPMENT 

A. General: Provide new equipment; if acceptable to Architect, undamaged, previously used 

equipment in serviceable condition may be used.  Provide equipment suitable for use intended. 

1. Lamps and Light Fixtures:  Provide general service incandescent lamps of wattage 

required for adequate illumination for safe completion of Work.  Provide guard cages or 

tempered glass enclosures, where exposed to breakage.  Provide exterior fixtures where 

exposed to moisture. 

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation  

PROJECT UTILITY SOURCES    01 18 00‐2   

a. Provide portable high lumen output quartz lighting sources to supplement 

general lighting at locations indicated, or as needed. 

PART 3 EXECUTION 

3.01 INSTALLATION 

A. Temporary Lighting: Provide temporary supplemental general lighting as needed. 

1. Install and operate temporary lighting that will fulfill work and protection requirements, 

without operating the entire system, and will provide adequate illumination for 

construction operations and traffic conditions. 

a. Supplement existing lighting with portable quartz sources as needed or as 

directed by Owner. 

b. Provide temporary lighting for security purposes during periods where existing 

lighting is under construction and must be disabled. 

3.01 OPERATION, TERMINATION AND REMOVAL 

A. Supervision: enforce strict discipline in use of temporary facilities.  Limit availability of 

temporary facilities to essential and intended uses to minimize waste and abuse. 

B. Maintenance: Maintain facilities in good operating condition until removal.  Protect from 

damage by freezing temperatures and similar elements. 

END OF SECTION 

 

 

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation  

PRICE AND PAYMENT PROCEDURES    01 20 00‐1   

01 20 00 ‐ PRICE AND PAYMENT PROCEDURES  PART 1 GENERAL  1.01 SECTION INCLUDES  

A. Procedures for preparation and submittal of applications for progress payments. B. Documentation of changes in Contract Sum and Contract Time. C. Change procedures. D. Procedures for preparation and submittal of application for final payment. 

1.02 RELATED REQUIREMENTS A. Document 00 72 00 ‐ General Conditions: Additional requirements for progress payments, final 

payment, changes in the Work.  

1.04 APPLICATIONS FOR PROGRESS PAYMENTS A. Payment Period: Monthly B. Electronic media printout including equivalent information will be considered in lieu of standard 

form specified; submit sample to Architect and Owner for approval. C. Forms filled out by hand will not be accepted. D. Present required information in typewritten form. E. Form: AIA G702 Application and Certificate for Payment and AIA G703 ‐ Continuation Sheet 

including G703 continuation. F. Execute certification by signature of authorized officer. G.  List each authorized Change Order as a separate line item, listing Change Order number and 

dollar amount as for an original item of Work. H. Submit Draft copies of each Application to Owner and Architect seven (7) days prior to date of 

Application for review and comments. I. After making requested revisions, submit four copies of each Application for Payment to Owner 

for approval and payment.  1.05 MODIFICATION PROCEDURES  

A. Submit name of the individual authorized to receive change documents and who will be responsible for informing others in Contractor's employ or subcontractors of changes to the Contract Documents. 

B. For minor changes not involving an adjustment to the Contract Price or Contract Time, Architect will issue instructions directly to Contractor. 

C. The Architect/Engineer will advise of minor changes in the Work not involving an adjustment to Contract Sum or Contract Time as authorized by the Conditions of the Contract by issuing supplemental instructions on AIA Form G710. 

D. Construction Change Directive: Owner may issue a document instructing Contractor to proceed with a change in the Work, for subsequent inclusion in a Change Order. 

1. The document will describe changes in the Work, and will designate method of determining any change in Contract Sum or Contract Time. 

2. Promptly execute the change in Work. E. For changes for which advance pricing is desired, Architect will issue a document that includes a 

detailed description of a proposed change with supplementary or revised drawings and 

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation  

PRICE AND PAYMENT PROCEDURES    01 20 00‐2   

specifications, a change in Contract Time for executing the change with a stipulation of any overtime work required and the period of time during which the requested price will be considered valid. Contractor shall prepare and submit a fixed price quotation within 10 working days. 

F. Contractor may propose a change by submitting a request for change to Architect, describing the proposed change and its full effect on the Work, with a statement describing the reason for the change, and the effect on the Contract Sum and Contract Time with full documentation and a statement describing the effect on Work by separate or other contractors. Document any requested substitutions in accordance with Section 01600. 

G. Computation of Change in Contract Amount: As specified in the Agreement and Conditions of the Contract. 

1. For change requested by Architect for work falling under a fixed price contract, the amount will be based on Contractor's price quotation. 

2. For change requested by Contractor, the amount will be based on the Contractor's request for a Change Order as approved by Architect. 

3. For pre‐determined unit prices and quantities, the amount will based on the fixed unit prices. 

4. For change ordered by Architect without a quotation from Contractor, the amount will be determined by Architect based on the Contractor's substantiation of costs as specified for Time and Material work. 

H. Substantiation of Costs: Provide full information required for evaluation. 1. On request, provide following data: 

a. Quantities of products, labor, and equipment. b. Taxes, insurance, and bonds. c. Overhead and profit. d. Justification for any change in Contract Time. e. Credit for deletions from Contract, similarly documented. 

2. Support each claim for additional costs with additional information: a. Origin and date of claim. b. Dates and times work was performed, and by whom. c. Time records and wage rates paid. d. Invoices and receipts for products, equipment, and subcontracts, similarly documented. 

3. For Time and Material work, submit itemized account and supporting data after completion of change, within time limits indicated in the Conditions of the Contract. 

I. Execution of Change Orders: Architect will issue Change Orders for signatures of parties as provided in the Conditions of the Contract. 

J. After execution of Change Order, promptly revise Schedule of Values and Application for Payment forms to record each authorized Change Order as a separate line item and adjust the Contract Sum.  

K. Promptly revise progress schedules to reflect any change in Contract Time, revise sub‐schedules to adjust times for other items of work affected by the change, and resubmit. 

L. Promptly enter changes in Project Record Documents.  1.06 APPLICATION FOR FINAL PAYMENT  

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation  

PRICE AND PAYMENT PROCEDURES    01 20 00‐3   

A. Prepare Application for Final Payment as specified for progress payments, identifying total adjusted Contract Sum, previous payments, and sum remaining due. 

B. Application for Final Payment will not be considered until the following have been accomplished: 

1. All closeout procedures specified in Section 01 78 00.  

END OF SECTION  

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation  

ADMINISTRATIVE REQUIREMENTS    01 30 00‐1 

01 30 00 – ADMINISTRATIVE REQUIREMENTS 

PART 1 GENERAL 

1.01  SECTION INCLUDES 

A. Preconstruction meeting 

B. Progress meetings 

C. Construction Progress Schedule 

D. Submittals for review, information, and project closeout 

E. Number of copies of submittals 

F. Submittal procedures. 

1.02 RELATED SECTIONS 

A. Document 00 72 00 – General Conditions.  Date for applications for payment 

B. Section 01 35 53 – Security Measures 

C. Section 01 70 00 – Execution Requirements: Additional coordination requirements 

D. Section 01 78 00 – Closeout Submittals: Project record documents. 

1.03 PROJECT COORDINATION 

A. Project Coordinator: The State Preservation Board, Owner/Architect 

B. Cooperate with the Project Coordinator in allocation of mobilization areas of site; for access, 

traffic, and parking facilities. 

C. During construction, coordinate use of site and facilities through the Project Coordinator. 

D. Comply with Project Coordinator’s procedures for intra‐project communications, submittals, 

reports, records, schedules, coordination drawings, and recommendations; and resolution of 

ambiguities and conflicts. 

E. Comply with instructions of the Project Coordinator for use of temporary utilities and 

construction facilities. 

F. Coordinate field engineering and layout work under instructions of the Project Coordinator. 

G. Make the following types of submittals to Owner/Architect: 

1. Requests for interpretation 

2. Requests for substitution 

3. Shop drawings, product data, and samples 

4. Test and inspection reports 

5. Design data 

6. Manufacturer’s instructions and field reports. 

PART 2 PRODUCTS – NOT USED 

PART 3 EXECUTION 

3.01 PRECONSTRUCTION MEETING 

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation  

ADMINISTRATIVE REQUIREMENTS    01 30 00‐2 

A. Attendance Required: 

1. Owner/Architect 

2. Contractor 

B. Agenda: 

1. Execution of Owner‐Contractor Agreement 

2. Submission of executed bonds and insurance certificates 

3. Distribution of Contract Documents 

4. Submission of schedule of values, and progress schedule 

5. Designation of personnel representing the parties to Contract, and Architect 

6. Procedures and processing of field decisions, submittals, substitutions, applications for 

payments, proposal requests, Change Orders, and Contract closeout procedures. 

7. Scheduling 

8. Security Procedures. 

C. Designation of personnel representing the parties to Contract. 

3.02 PROGRESS MEETINGS 

A. Progress meetings between the Owner/Architect and Contractor will occur weekly at a time to 

be agreed upon by both parties. 

3.03 CONSTRUCTION PROGRESS SCHEDULE 

A. The construction progress schedule will be submitted with the Owner/Architect prior to 

execution of the Agreement and accepted as the agreed schedule for the project. 

3.04 PROGRESS PHOTOGRAPHS 

A. Owner/Architect will photo document work.   

3.05 SUBMITTALS FOR REVIEW 

A. When the following are specified in individual sections, submit them for review: 

1. Product data 

2. Shop drawings 

3. Samples for selection 

4. Samples for verification 

B. Submit to Architect for review for the limited purpose of checking for conformance with 

information given and the design concept expressed in the contract documents. 

C. Samples will be reviewed only for aesthetic, color, or finish selection. 

D. After review, provide copies and distribute in accordance with SUBMITTAL PROCEDURES article 

below and for record documents purposes described in Section 01780 – CLOSEOUT SUBMITTALS 

3.06 SUBMITTALS FOR INFORMATION 

A. When the following are specified in individual sections, submit them for information: 

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation  

ADMINISTRATIVE REQUIREMENTS    01 30 00‐3 

1. Design data 

2. Certificates 

3. Test reports 

4. Inspection reports 

5. Manufacturer’s instructions 

6. Manufacturer’s field reports 

7. Other types indicated 

B. Submit for Architect’s knowledge as contract administrator or for Owner.  No actions will be 

taken. 

3.07 SUBMITTALS FOR PROJECT CLOSEOUT 

A. When the following are specified to individual sections, submit them at project closeout: 

1. Project record documents 

2. Operation and maintenance data 

3. Warranties 

4. Bonds 

5. Other types as indicated 

3.08 NUMBER OF COPIES OF SUBMITTALS 

1. Submittals shall be submitted and reviewed digitally. 

3.09 SUBMITTAL PROCEDURES 

A. Transmit each submittal with AIA Form G810 or comparable format. 

B. Sequentially number the transmittal form. Revise submittals with original number and a 

sequential alphabetic suffix. 

C. Identify Project, Contractor, Subcontractor or Supplier, pertinent drawing and detail number, 

description of item being submitted by item and location within Work, and specification section 

number, as appropriate on each copy. 

D. Apply Contractor’s stamp, signed or initialed certifying that review, approval, verification of 

Products required, field dimensions, adjacent construction work, and coordination of 

information is in accordance with the requirements of the Work and Contract Documents. 

E. Deliver submittals to Architect at business address. 

F. Schedule submittals to expedite the Project, and coordinate submission of related items. 

G. For each submittal for review, allow 5 days excluding delivery time to and from the Contractor. 

H. Identify variations from Contract Documents and Products or system limitations which may be 

detrimental to successful performance of the completed Work. 

I. Provide space for Contractor and Architect review stamps. 

J. When revised for resubmission, identify all changes made since previous submission. 

K. Distribute copies of reviewed submittals as appropriate.  Instruct parties to promptly report any 

inability to comply with the requirements. 

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation  

ADMINISTRATIVE REQUIREMENTS    01 30 00‐4 

 

 

END OF SECTION 

 

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation  

ENVIRONMENTAL SAFETY AND WORKER PROTECTION  01 35 10‐1   

01 35 10 – ENVIRONMENTAL SAFETY AND WORKER PROTECTION 

 

PART 1 GENERAL 

1.01 SECTION INCLUDES 

A. Notice of lead‐based paint conditions. 

B. Contractor’s requirements for maintaining safe working conditions. 

1.02 RELATED SECTIONS 

A. General Conditions: Inspections and approvals required by public authorities. 

B. 003126 Existing Hazardous Material Information 

1.03 REFERENCES 

A. 29 CFR 1910, “Occupational Safety and Health Standards.” 

B. 29 CFR 1926.62, “Lead.” 

C. 29 CF 1926.103 “Respiratory Protection.” 

1.04 SUBMITTALS 

NOT USED 

PART 2 PRODUCTS 

2.01  MATERIALS 

A. The Contractor is to supply materials and equipment to insure the safety and protection of 

workers, building occupants, and the environment in accordance with regulatory requirements, 

and these specifications. 

PART 3 EXECUTION 

3.01 BACKGROUND 

A. The Texas Capitol exterior was fully restored by 1995.  Project documentation indicates that 

lead paint abatement occurred as required by work, but no detailed schedule of abated areas 

exists.  Anecdotal evidence suggests that exterior doors were stripped, but this cannot be 

confirmed. 

B. Surface paints in areas being re‐painted, that were applied in 1993/94, and again in 2006/07, do 

not contain lead. 

C. The contractor should anticipate that some Lead Based Paint remains in crevices and base layers 

of the doors, and take precautions as noted elsewhere in these specifications. 

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation  

ENVIRONMENTAL SAFETY AND WORKER PROTECTION  01 35 10‐2   

3.02 WORKER PROTECTION 

A. The Owner intends to provide general work area air testing during initial activities to confirm 

there are no indications of airborne lead. 

B. The Contractor is responsible for all OSHA safety requirements for work around lead‐based 

paint. 

 

 

 

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation  

SECURITY PROCEDURES    01 35 53‐1   

01 35 53 – SECURITY PROCEDURES 

 

PART 1 GENERAL 

1.01 SECTION INCLUDES 

A. Security measures including entry control, personnel identification, and miscellaneous 

restrictions. 

1.02 RELATED SECTIONS  

A. Section 01 18 00: Project Utility Sources Utilities: Temporary lighting. 

1.03 SECURITY PROGRAM 

A. Protect Work, existing premises and Owner’s operations from theft, vandalism, and 

unauthorized entry. 

B. Initiate program in coordination with Owner’s existing security system at project mobilization. 

C. Maintain program throughout construction period until Owner acceptance precludes the need 

for Contractor security. 

1.04 ENTRY CONTROL 

A. Restrict entrance of persons and vehicles into work areas of Project site. 

B. Maintain log of workers, make available to Owner on request. 

C. Allow entrance only to authorized persons with proper identification. 

D. Owner will control entrance of person and vehicles related to Owner’s operations. 

1.05 PERSONNEL IDENTIFICATION – OWNER PROVIDED 

A. All employees to bear some form for identification of their employer:  hard hat, t‐shirt, jacket, or 

badge. 

B. Provide common badges for each person authorized to work at the premises. 

C. Provide full name, date of birth, and driver license or other government‐issued ID for each 

worker on the site . 

1. Purpose is primarily to maintain reference lists for Project personnel for reference as 

needed. 

2. Secondary purpose is to allow for potential background checks 

3. All workers must be wearing badges to: 

i. Perform work inside the building 

ii. Access scaffolding 

iii. Access Owner and Contractor site facilities 

D. The Contractor shall maintain a list of accredited persons, submit copy to Owner.  

1. Require return of badges at expiration of their employment on the Work. 

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation  

SECURITY PROCEDURES    01 35 53‐2   

1.06 RESTRICTIONS 

A. Do not allow cameras on site or photographs taken except by written approval of Owner. 

B. Obtain written prior approval from the Owner to perform work on evenings, Saturdays, or 

Sundays. 

PART 2 PRODUCTS – NOT USED 

PART 3 EXECUTION – NOT USED 

END OF SECTION 

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation 

QUALITY REQUIREMENTS    01 40 00‐1   

01 40 00 – QUALITY REQUIREMENTS 

 

PART 1 GENERAL 

1.01 SECTION INCLUDES 

A. References and standards 

B. Quality assurance submittals 

C. Mock‐ups 

D. Control of installation 

E. Tolerances 

F. Manufacturer’s field services 

1.02 RELATED SECTIONS 

A. General Conditions: Inspections and approvals required by public authorities. 

B. Section 01700 – Execution Requirements:  Testing and adjustment procedures required with 

Owner’s Representative present. 

1.03 SUBMITTALS 

A. Certificates:  When specified in individual specification sections, submit certification by the 

manufacturer and Contractor or installation/application subcontractor to Architect, in quantities 

specified for Product Data. 

1. Indicate material or product conforms to or exceeds specified requirements.  Submit 

supporting reference data, affidavits, and certifications as appropriate. 

2. Certificates may be recent or previous test results on material or product, but must be 

acceptable to Architect. 

B. Manufacturer’s Instructions:  When specified in individual specification sections, submit printed 

instructions for delivery, storage, assembly, installation, start‐up, adjusting, and finishing, for 

Owner information.  Indicate special procedures, perimeter conditions requiring special 

attention, and special environmental criteria required for application or installation. 

1.04 STANDARDS 

A. For products and workmanship specified by reference to a document or documents not included 

in the Project Manual, also referred to as reference standards, comply with requirements of the 

standard, except when more rigid requirements are specified or are required by applicable 

codes. 

B. Conform to reference standard of date of issue current on date of Contract Documents, except 

where a specific date is established by applicable code. 

C. Obtain copies of standards where required by product specification sections. 

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation 

QUALITY REQUIREMENTS    01 40 00‐2   

D. Maintain copy at project site during submittals, planning, and progress of the specific work, until 

Substantial Completion. 

E. Should specified reference standards conflict with Contract Documents, request clarification 

from Architect before proceeding. 

F. Neither the contractual relationships, duties, or responsibilities of the parties in contract nor 

those of Architect shall be altered from the Contract Documents by mention or inference 

otherwise in any reference document. 

G. All work of this Section shall comply with all applicable federal, state, and local laws, codes, and 

regulations. 

PART 2 PRODUCTS – NOT USED 

PART 3 EXECUTION 

3.01 CONTROL OF INSTALLATION 

A. Monitor quality control over suppliers, manufacturers, products, services, site conditions, and 

workmanship, to produce Work of specified quality. 

B. Comply with manufacturer’s instructions, including each step in sequence. 

C. Should manufacturer’s instructions conflict with Contract Documents, request clarification from 

Architect before proceeding. 

D. Comply with specified standards as minimum quality for the Work except where more stringent 

tolerances, codes, or specified requirements indicated higher standards or more precise 

workmanship. 

E. Have Work performed by persons qualified to produce required and specified quality. 

F. Verify that field measurements are as indicated on shop drawings or as instructed by the 

manufacturer. 

G. Secure products in place with positive anchorage devices designed and sized to withstand 

stresses, vibration, physical distortion, and disfigurement. 

3.02 MOCK‐UPS 

A. Tests will be performed under provisions identified in this section and identified in the 

respective product specification sections. 

B. Assemble and erect specified items with specified attachment and anchorage devices, flashings, 

seals, and finishes. 

C. Accepted mock‐ups shall be a comparison standard for the remaining Work. 

D. Where mock‐up has been accepted by Architect and is specified in product specification sections 

to be removed, remove mock‐up and clear area when directed to do so. 

3.03 TOLERANCES 

A. Monitor fabrication and installation tolerance control of products to produce acceptable Work.  

Do not permit tolerances to accumulate. 

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation 

QUALITY REQUIREMENTS    01 40 00‐3   

B. Comply with manufacturer’s tolerances.  Should manufacturer’s tolerances conflict with 

Contract Documents, request clarification from Architect before proceeding. 

C. Adjust products to appropriate dimensions, position before security products in place. 

3.04 TESTING AND INSPECTION 

A. See individual specifications sections for testing required. 

3.04 DEFECT ASSESSMENT 

A. Replace Work or portions of the Work not conforming to specified requirements. 

B. If, in the opinion of the Architect, it is not practical to remove and replace the Work, Architect 

will direct an appropriate remedy or adjust payment. 

 

END OF SECTION 

 

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation  

TEMPORARY FACILITIES AND CONTROLS    01 50 00‐1   

01 50 00 – TEMPORARY FACILITIES AND CONTROLS 

PART 1 GENERAL 

1.01 SECTION INCLUDES 

A. Temporary conveying systems and access systems (scaffolding) for access to façade, roof, 

ceilings, and high walls 

B. Temporary protection 

C. Temporary supplemental ventilation 

D. Temporary sanitary facilities 

E. Temporary barriers and fencing 

F. Building Access 

G. Vehicular Access and Parking 

H. Waste removal facilities and services 

1.02 RELATED SECTIONS 

A. Section 01 18 00 – Project Utility Sources 

B. Section 01 35 53 – Security Procedures 

1.03 REFERENCE STANDARDS 

A. International Conference of Building Officials, 1997 Uniform Building Code, Vol. 1, Chapter 33, 

“Site Work, Demolition, and Construction.” 

1.04 SUBMITTALS 

A. See Section 01300 – Administrative Requirements, for submittal procedures. 

B. Product Data:  For standard manufactured products, submit product data describing 

characteristics. 

C. Access System Description: Before beginning construction, submit an overall system description 

including the following: 

1. List of applicable laws, regulations, and ordinances. 

2. List of voluntary standards with which the design will comply 

3. Description of major items of equipment. 

4. Reactions at support points. 

5. Weights of major assemblies including platforms. 

6. Methods of protection of exterior hardscape at access area north of the Capitol, as 

required for means of delivery. 

D. Shop Drawings:  Submit shop drawings showing layout, profiles and components, including 

anchorage, accessories, and hardscape protection for any delivery needs outside the building. 

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation  

TEMPORARY FACILITIES AND CONTROLS    01 50 00‐2   

1. For powered platform systems and stationary scaffolding, show equipment working 

positions, general arrangement of stage platform, carriage and trolleys, inserts and 

buttons. 

2. Indicate loads and locations where imposed on the building structure. 

3. Indicate protection methods for exterior hardscapes. 

4. Indicate protection methods, if required, for points of contact with the building. 

5. Structural calculations prepared and certified by a Licensed Professional Engineer 

demonstrating compliance with referenced Code, design assumptions and method of 

design. 

1.05 QUALITY CONTROLS 

A. Design Engineer’s Qualifications for Access Systems:  Professional Engineer registered in the 

State of Texas. Design Engineer shall perform the design, supervise the design, or certify the 

design, if performed by others. 

B. Installer Qualifications for Access Systems:  Manufacturer or other installer experienced in 

performing work of this section who has specialized in installation of work similar to that 

required for this project; when requested, submit certificate indicating qualifications. 

C. Pre‐Installation Meeting:  Before starting installation, conduct a meeting to review project 

requirements, substrate conditions, manufacturer’s installation instructions, and manufacturer’s 

warranty requirements. 

 

PART 2 PRODUCTS 

2.01 MATERIALS 

A. General: Undamaged, previously used materials in serviceable condition may be used.  Provide 

materials suitable for the use intended. 

B. Lumber and Plywood: Comply with requirements in Division 6 Section “Rough Carpentry.” 

1. For signs and directory boards, provide exterior type, Grade B‐B High Density Concrete 

Form Overlay Plywood conforming to PS‐1, of sizes and thicknesses indicated. 

2. For safety barriers, sidewalk bridges and similar uses, provide minimum 5/8” thick 

exterior plywood. 

3. For wood scaffold plank and walkways, minimum lumber dimension shall be 1‐1/2” 

thickness. 

C. Tarpaulins: Provide waterproof, fire‐resistant, UL labeled tarpaulins with flame‐spread rating of 

15 or less.  For temporary enclosures, provide translucent nylon reinforced laminated 

polyethylene or polyvinyl chloride fire retardant tarpaulins. 

2.02 EQUIPMENT 

A. General:  Provide new equipment.  If acceptable to the Architect, undamaged, previously used 

equipment in serviceable condition may be used.  Provide equipment suitable for use intended. 

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation  

TEMPORARY FACILITIES AND CONTROLS    01 50 00‐3   

PART 3 EXECUTION 

3.01 INSTALLATION 

A. Use qualified personnel for installation of temporary facilities.  Locate facilities where they will 

serve the Project adequately and result in minimum interference with performance of the Work.  

Relocate and modify facilities as required. 

B. Protect the landscape, hardscape, and structure as required for delivery and installation. 

C. Provide each facility ready for use when needed to avoid delay.  Maintain and modify as 

required.  Do not remove until facilities are no longer needed, or are replaced by authorized use 

of completed permanent facilities. 

3.02 TEMPORARY BUILDING PROTECTION 

A. The Texas Capitol is a historic landmark.  Means are specified to minimize impact on historic 

substrates.  Do not vary from specified means and methods.  Notify Owner/Architect 

immediately with any concerns about impacts to substrates that may result from work. 

B. Protection of Existing Building Elements:  With securely anchored and maintained boarding, case 

and protect sills, jambs, and soffits of existing finished openings used as passageways or through 

which materials are handled and exposed corners, spandrels, projecting features, and other 

existing and new work subject to damage. 

C. Protection of exterior hardscape as required for access:  Protect all curbs, flatwork, and any 

other exterior elements impacted by access needs for delivery of equipment. 

D. Protect Existing Finished Surface: Place tight fire retardant wood planking under materials 

stored over permanently exposed masonry or other finished surfaces, and before moving 

materials over existing or newly finished surfaces.  Use wheelbarrows with rubber tires. 

E. Although some damage will be required by the nature of the projecting, take reasonable care to 

protect existing landscape.  Restoration specifications are provided for any minimal damage 

incurred. 

3.03 ACCESS 

A. Large equipment and components cannot be brought through the Capitol corridors.  Plan access 

systems to allow for equipment access directly into the space. 

B. Give priority to construction vehicles which are used as secure storage for construction material 

and equipment while on site. 

1. Do not provide for temporary vehicle parking areas to accommodate construction 

personnel on site. 

C. Vehicular access and parking: 

1. Coordinate access and haul routes with governing authorities and Owner. 

2. Existing parking areas located at either the site or at a remote lot to be determined by 

Owner may be used for construction parking. 

3. Do not allow vehicle parking on existing pavement. 

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation  

TEMPORARY FACILITIES AND CONTROLS    01 50 00‐4   

4. Protect all areas used by heavy equipment and not designed for vehicular traffic. 

D. Public Access: 

1. One ramp must remain accessible at all times at the north entrance, to maintain an 

accessible entrance to the Capitol. 

2. Scaffolding must be configured to maintain public access at the scaffolded entrance 

during construction.  Erect temporary protection over pedestrian walkways and at those 

points of entry and exit that must remain operational during restoration.  This includes 

proper cover on the scaffolding to prevent falling objects and debris from drifting over 

public walks.   

E. Emergency Access: 

1. Provide unimpeded access for emergency vehicles and personnel.  Maintain turning 

space between and around combustible materials. 

2. Provide and maintain access to fire hydrants, fire extinguishers, and control valves free 

of obstruction. 

3. Coordinate with Owner to provide proper signage to notify occupants of temporary 

exits during construction.   

i. The Owner expects temporary (approximately 2 weeks) full closure of the east, 

west, and south wings during erection and breakdown of scaffolding, which will 

require signage directing occupants to the rotunda for emergency egress. 

ii. The Owner expects emergency egress to function unimpeded once scaffolding is 

erected at a given wing.  Either Ground or First floor access must remain open, 

preferably both. 

3.04 TEMPORARY CONVEYING SYSTEMS AND SCAFFOLDS: 

A. Provide access systems as required to complete the scope of work. 

B. General:  Provide temporary hoists, cranes, material elevators, chutes, derricks, scaffolds, 

staging, stairs, ramps, runways, ladders, platforms, railings, and similar items for proper 

execution of the work.  Such apparatus, equipment, construction, and use shall meet applicable 

requirements of labor law, federal safety regulations, and other applicable laws, codes, and 

regulations of authorities having jurisdiction. 

C. Duration of use: Maintain hoisting facilities until structure is in place and most materials have 

been delivered to location where they will be installed. 

1. Location: Subject to acceptance by Owner. 

2. Do not free‐drop materials, rubbish, or debris. 

D. Protection:  Protect permanent construction from damage, staining, or marring due to use of 

chutes, hoists, cranes, material elevator, derricks, scaffolds, staging, ramps, etc.  Brace and guy 

securely and provide safety devices required by codes and regulations. 

E. Removal: Remove and relocate scaffolds to avoid interference with other trades.  Remove 

temporary devices when no longer needed, and repair damage. 

3.05 TEMPORARY SANITARY FACILITIES 

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation  

TEMPORARY FACILITIES AND CONTROLS    01 50 00‐5   

A. Utilize State office building facilities, or coordinate location for temporary facilities with Owner. 

3.06 BARRIERS 

A. Provide barriers to prevent unauthorized entry to construction areas, to allow for Owner’s use 

of site and to protect existing facilities and adjacent properties from damage from construction 

operations and demolition. 

B. Provide barricades and covered walkways required by Code and governing authorities for public 

rights‐of‐way and for public access to existing building. 

C. Protect non‐owned vehicular traffic, stored materials, site, and structures from damage. 

3.08 CLEANUP AND WASTE REMOVAL 

A. Remove staining or reactive materials from new and existing surfaces immediately during course 

of the Work. 

B. Confine or prohibit dust producing operations during painting and finishing. 

C. Remove hazardous accumulations of debris promptly, at least daily. 

D. Provide portable waste removal facilities and services as required to maintain the site in clean 

and orderly condition. 

E. Remove trash from site daily. 

3.09 OPERATION, TERMINATION AND REMOVAL 

A. Supervision: Enforce strict discipline in use of temporary facilities.  Limit availability of 

temporary facilities to essential and intended uses to minimize waste and abuse. 

B. Maintenance: Maintain facilities in good operating condition until removal.  Protect from 

damage by freezing temperatures and similar elements. 

C. Termination and Removal:  

1. Unless the Owner or Architect requests that it be maintained longer, remove each 

temporary facility when the need has ended, or when replaced by authorized use of a 

permanent facility, or no later than Substantial Completion.   

2. Complete or, if necessary, restore permanent construction that may have been delayed 

because of interference with the temporary facility.  Repair damaged Work, clean 

exposed surfaces and replace construction that cannot be satisfactorily repaired. 

3. Clean and repair damage caused by installation or use of temporary work. 

4. Materials and facilities that constitute temporary facilities are property of the 

Contractor. 

 

 

END OF SECTION 

 

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation 

CONSTRUCTION AIDS    01 54 00‐1   

01 54 00 – CONSTRUCTION AIDS 

 

PART 1 GENERAL 

1.01 SECTION INCLUDES 

A. Furnish, install and maintain required Construction Aids. 

B. Required protection for delivery and installation of Construction Aids. 

C. Remove on completion of Work. 

1.02 RELATED SECTIONS 

A. Section 01500 – Temporary Facilities and Controls 

PART 2 PRODUCTS 

2.01 MATERIALS 

A. Materials may be new or used, suitable for the intended purpose, but most not violate 

requirements of applicable codes and standards. 

2.02 CONSTRUCTION AIDS 

A. Provide construction aids and equipment required by personnel and to facilitate execution of 

the work; scaffolds, staging, ladders, stairs, ramps, runways, platforms, railings, hoists, cranes, 

chutes, and other such facilities and equipment. 

1. Refer to respective sections for particular requirements for each trade. 

B. Maintain facilities and equipment in first‐class conditions. 

C. Construction aids should be planned so that work can continue without impeding access into all 

four entrances of the Capitol from the Grounds.  Entrances will only be closed for time that is 

necessary to assemble or disassemble elements.   

D. Erect temporary protection covers over pedestrian walkways at points of entrance and exit for 

person and vehicles which must remain in operation during course of the Project. 

E. Shield scaffolding from winds and to prevent falling debris. 

 

PART 3 EXECUTION 

3.01 PREPARATION 

A. Coordinate with Owner, review site conditions and factors which affect construction procedures 

and construction aids, including adjacent properties and public facilities which may be affected 

by execution of the Work. 

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation 

CONSTRUCTION AIDS    01 54 00‐2   

B. Protect all exterior landscape and hardscape elements, and all building elements potentially 

damaged by scaffolding installation, use, or removal.  Methods of protection to be approved by 

the Owner. 

3.02 GENERAL 

A. Comply with applicable requirements of the scaffolding. 

B. Relocate construction aids as required by progress of construction, by storage or work 

requirements, and to accommodate legitimate requirements of Owner and other Contractors 

employed at the site. 

3.03 REMOVAL 

A. Completely remove temporary materials, equipment and services: 

1. When construction needs can be met by use of permanent construction. 

2. At completion of Project or as directed by Construction Manager. 

B. Clean, restore and repair damage caused by installation or by use of temporary installations as 

required. 

C. Restore existing facilities used for temporary purposes to specified, or to original condition. 

 

END OF SECTION 

 

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation  

PRODUCT REQUIREMENTS    01 61 00‐1   

01 61 00 – PRODUCT REQUIREMENTS 

PART 1 GENERAL 

1.01 SECTION INCLUDES 

A. Re‐use of existing products 

B. Transportation, handling, storage and protection 

C. Product option requirements 

D. Substitution limitations and procedures 

E. Extra materials and maintenance materials 

1.02 RELATED SECTIONS 

A. Document 00 72 00 – General Conditions: Contractor representations. 

B. Section 01 40 00 – Quality Requirements: Product quality monitoring. 

1.03 SUBMITTALS 

A. Product Data Submittals – submit manufacturer’s standard published data. Mark each copy to 

identify applicable products, models, options, and other data.  Supplement manufacturer’s 

standard data to provide information specific to this Project. 

B. Shop Drawing Submittals: Prepared specifically for this Project. 

C. Sample Submittals: Illustrate functional and aesthetic characteristics of the product, with 

integral parts and attachment devices.  Coordinate sample submittals for interfacing work. 

1. For selection from standard finishes, submit samples of the full range of the 

manufacturer’s standard colors, textures, and patterns. 

2. Indicate utility and electrical characteristics, utility connection requirements, and 

location of utility outlets for service for functional equipment and appliances. 

PART 2 PRODUCTS 

2.01 EXISTING PRODUCTS 

A. The re‐use of certain materials and equipment already existing on the project site is required. 

2.02 PRODUCT OPTIONS 

A. Products specified by reference standards or by description only: Provide any product meeting 

those standards or description. 

B. Products specified by naming one or more manufacturers or products: Provide a product of one 

of the manufacturers named and meeting specifications, no options or substitutions allowed. 

C. Products specified by naming one or more manufacturers or products with a provision for 

substitutions: Submit a request for substitution for any manufacturer not named. 

2.03 SPARE PARTS AND MAINTENANCE PRODUCTS 

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation  

PRODUCT REQUIREMENTS    01 61 00‐2   

A. Provide spare parts, maintenance, and extra products of types and in quantities specified in 

individual specification sections. 

B. Deliver to Project site; obtain receipt prior to final payment. 

PART 3 EXECUTION 

3.01 SUBSTITUTION PROCEDURES 

A. Products were selected for selected for appropriateness to this historic preservation project.  

Selection criteria are detailed in each specification section.   Any substitution request will be 

measured against the standards presented. 

B. Substitutions may be proposed during the procurement process if they may present a savings to 

the Owner with no decrease in quality. 

C. Quality products are fundamental in the exterior preservation of this historic landmark.  

Substitutions may be proposed during the procurement process if they can be proven to be of 

higher quality than the proposed standards presented. 

D. Substitutions may be considered after contracts are executed only when a product becomes 

unavailable through no fault of the Contractor. 

E. Substitution Submittal Procedure: 

1. Requests for substitution of products shall be accompanied by completed Substitution 

Request Form on a form identical to that provided with the Contract Documents. 

2. Submit two copies of request for substitution for consideration.  Limit each request to 

one proposed substitution.   

3. Document each request with complete data substantiating compliance of proposed 

substitution with Contract Documents.  

4. Submit shop drawings, product data, and certified test results attesting to the proposed 

product equivalence.  Burden of proof is on proposer. 

5. Requests for substitution of products shall include physical description of material and 

finish, dimensioned drawings, and salient performance characteristics, as required. 

6. The Architect will notify Contractor in writing of decision to accept or reject request. 

F. Contractor alone shall be responsible for substantiating acceptability of proposed substitutions.  

Architect’s decision with respect to acceptance or non‐acceptance of proposed substitutions 

shall be final. 

3.02 TRANSPORTATION AND HANDLING 

A. Coordinate schedule of product delivery to designated prepared areas in order to minimize site 

storage time and potential damage to stored materials. 

B. Transport and handle products in accordance with manufacturer’s instructions. 

C. Transport materials in covered trucks to prevent contamination of product and littering of 

surrounding areas. 

D. Promptly inspect shipments to ensure that products comply with requirements, quantities are 

correct, and products are undamaged. 

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation  

PRODUCT REQUIREMENTS    01 61 00‐3   

E. Provide equipment and personnel to handle products by methods to prevent soiling, 

disfigurement, or damage. 

F. Arrange for the return of packing materials, such as wood pallets, where economically feasible. 

3.03 PROTECTION 

A. Designate receiving/storage areas for incoming products so that they are delivered according to 

installation schedule and placed convenient to work area in order to minimize waste due to 

excessive materials handling and misapplication. 

B. Store off the site and premises and protect products in accordance with manufacturer’s 

instructions. 

C. Store off the site and premises with seals and labels intact and legible until utilized or 

unwrapped at the site. 

D. Store sensitive products in weather tight, climate controlled enclosures in an environment 

favorable to product. 

E. Provide off‐site storage and protection when site does not permit on‐site storage or protection. 

F. Cover products subject to deterioration with impervious sheet covering.  Provide ventilation to 

prevent condensation and degradation of products. 

G. Prevent contact with material that may cause corrosion, discoloration, or staining. 

H. Provide equipment and personnel to handle and protect products by methods to prevent 

soiling, disfigurement, or damage. 

I. Arrange storage of products to permit access for inspection.  Periodically inspect to verify 

products are undamaged and are maintained in acceptable condition. 

END OF SECTION 

 

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation  

EXECUTION REQUIREMENTS    01 70 00‐1   

01 70 00 – EXECUTION REQUIREMENTS 

PART 1 GENERAL 

1.01 SECTION INCLUDES 

A. Examination, preparation, and general installation procedures. 

B. Pre‐installation meetings. 

C. Cleaning and protection. 

D. Closeout procedures, except payment procedures. 

1.02 RELATED SECTIONS  

A. Section 01 30 00 – Administrative Requirements: Submittals procedures 

B. Section 01 40 00 – Quality Requirements: Testing and inspection procedures. 

1.03 SUBMITTALS 

A. See Section 01 30 00 – Administrative Requirements, for submittal procedures. 

1.04 PROJECT CONDITIONS 

A. Pollution Control: Provide methods, means, and facilities to prevent contamination of soil, 

water, and atmosphere from discharge of noxious, toxic substances, and pollutants produced by 

construction operations. 

1.05 COORDINATION 

A. Coordinate scheduling, submittals, and work of the various sections of the Project Manual to 

ensure efficient and orderly sequence of installation of interdependent construction elements, 

with provisions for accommodating items installed later. 

B. Coordinate completion and clean‐up of work of separate sections. 

C. After Owner occupancy of premises, coordinate access to site for correction of defective work 

and work not in accordance with Contract Documents, to minimize disruption of Owner’s 

activities. 

PART 2 PRODUCTS – NOT USED 

PART 3 EXECUTION 

3.01 EXAMINATION 

A. Prior to beginning work at each quarter, Contractor should conduct a thorough survey of 

existing conditions, and  

a. Document in detail any disagreement with surveyed conditions provided in the 

Construction documents. 

b. Document in detail the condition of any areas not previously surveyed 

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation  

EXECUTION REQUIREMENTS    01 70 00‐2   

c. Detail any observed discrepancy between the expected conditions of any material not 

surveyed prior to bidding. 

B. Take field measurements before confirming product orders or beginning fabrication, to 

minimize waste due to over‐ordering or mis‐fabrication. 

C. Verify that utility services are available, of the correct characteristics, and in the correct 

locations. 

D. The Capitol is a historic area with historic construction materials.  Means are specified to 

minimize impact on historic substrates.  Do not vary from specified means and methods.  Notify 

Owner/Architect immediately with any concerns about impacts to substrates that may result 

from work. 

3.02 PREPARATION 

A. Clean substrate surfaces prior to applying next material or substance. 

B. Seal cracks or openings of substrate prior to applying next material or substance. 

C. Apply manufacturer required or recommended substrate primer, sealer, or conditioner prior to 

applying any new material or substance in contact or bond. 

3.03 PREINSTALLATION MEETINGS 

A. When required in individual specification sections, convene a preinstallation meeting at the site 

prior to commencing work of the section. 

B. Require attendance of parties directly affecting, or affected by, work of the specific section. 

C. Notify Architect four days in advance of meeting date. 

D. Prepare agenda and preside at meeting: 

a. Review conditions of examination, preparation an installation procedures. 

b. Review coordination with related work. 

E. Record minutes and distribute copies by email within two days after meeting to participants, 

and those affected by decisions made. 

3.04 GENERAL INSTALLATION REQUIREMENTS 

A. Install products as specified in individual sections, in accordance with manufacturer’s 

instructions and recommendations, and so as to avoid waste due to necessity for replacement. 

B. Make consistent texture on surfaces, with seamless transitions, unless otherwise indicated. 

C. Make neat transitions between different surfaces, maintaining texture and appearance. 

3.05 ALTERATIONS 

A. Drawings showing existing construction and utilities are based on casual field observation and 

existing record documents only. 

1. Report discrepancies to Architect before disturbing existing installation. 

B. Remove existing work as indicated and as required to accomplish new work. 

1. Remove items indicated on drawings. 

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation  

EXECUTION REQUIREMENTS    01 70 00‐3   

2. Relocate items indicated on drawings. 

3. Where new surface finishes are not specified or indicated, patch holes and damaged 

surfaces to match adjacent finished surfaces as closely as possible. 

C. Protect existing work to remain. 

1. Prevent movement of structure, provide shoring and bracing if necessary. 

D. Refinish existing surfaces as indicated: 

1. Refinish visible existing surfaces to remain, to specified condition for each material, with 

a neat transition to adjacent finishes. 

E. Clean existing systems and equipment. 

F. Remove demolition debris and abandoned items from alteration areas and dispose of off‐site; 

do not burn or bury. 

G. Do not begin new construction in alterations areas before demolition is complete. 

H. Comply with all other applicable requirements of this section. 

3.06 CUTTING AND PATCHING  

No cutting or patching is required or allowed. 

3.07 PROGRESS CLEANING 

A. Maintain areas free of waste materials, debris, and rubbish.  Maintain site in a clean and orderly 

condition. 

B. Broom and vacuum clean interior areas prior to start of surface finishing, and continue cleaning 

to eliminate dust. 

C. Collect and remove waste materials, debris, and trash/rubbish from site periodically and dispose 

off‐site; do not burn or bury. 

3.08 PROTECTION OF INSTALLED WORK 

A. Protect finished floors, paving, stone curbs, stairs, and other surfaces rom traffic, dirt, wear, 

damage, or movement of heavy objects, by protecting with durable sheet materials. 

B. Provide special protection where specified in individual specifications sections. 

C. Provide temporary and removable protection for installed products.  Control activity in 

immediate work area to prevent damage. 

D. Prohibit traffic or storage upon waterproofed or roofed surfaces. If traffic or activity is 

necessary, obtain recommendations for protection from waterproofing or roofing material 

manufacturer. 

E. Remove protective coverings when no longer needed; reuse or recycle plastic coverings if 

possible. 

3.09 CLOSEOUT PROCEDURES 

A. Make submittals that are required by governing or other authorities. 

B. Notify Architect when work is considered ready for Substantial completion. 

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation  

EXECUTION REQUIREMENTS    01 70 00‐4   

C. Submit written certification that contract documents have been reviewed, work has been 

inspected, and that work is complete in accordance with contract Documents and ready for 

Architect’s review. 

D. Correct items of work listed in executed Certificates of Substantial Completion and comply with 

requirements for access to owner‐occupied areas. 

E. Notify Architect when work is considered Finally Complete 

F. Complete items of work determined by Architect’s Final Inspection. 

END OF SECTION 

 

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation  

CONTRACT CLOSEOUT    01 78 00‐1       

01 78 00 – CONTRACT CLOSEOUT 

PART 1 GENERAL 

1.01 SECTION INCLUDES 

A. Project Record Documents 

B. Operation and Maintenance Data 

C. Warranties and Bonds 

1.02 RELATED SECTIONS 

A. Section 01300 – Administrative Requirements: Submittals procedures, shop drawings, product 

data, and samples. 

B. Individual Product Sections: Warranties required for specific products or Work. 

1.03 SUBMITTALS 

A. Operations and Maintenance Data: 

1. Submit 1 copy of completed documents 5 days prior to final inspection.  This copy will 

be reviewed and returned, with Architect comments.  Revise content of all document 

sets as required prior to final submission. 

2. Submit two sets of revised final documents in final form within 10 days after final 

inspection 

B. Warranties and Bonds: 

1. For equipment or component parts of equipment put into service during construction 

with Owner’s permission, submit documents within ten days after acceptance. 

2. Make other submittals within ten days after Date of Substantial Completion, prior to 

final Application for Payment. 

3. For items of Work for which acceptance is delayed beyond Date of Substantial 

Completion, submit within ten days after acceptance, listing the date of acceptance as 

the beginning of the warranty period. 

PART 2 – PRODUCTS NOT USED 

PART 3 EXECUTION 

3.02 OPERATION AND MAINTENANCE DATA FOR MATERIALS AND FINISHES 

A. For each product, applied material, and finish, provide instructions for care and maintenance, 

manufacturer’s recommendations for cleaning agents and methods, precautions against 

detrimental cleaning agents and methods, and recommended schedule for cleaning and 

maintenance. 

3.03 WARRANTIES AND BONDS 

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation  

CONTRACT CLOSEOUT    01 78 00‐2       

A. Obtain warranties and bonds, executed in duplicate by responsible subcontractors, suppliers, 

and manufacturers, within ten days after completion of the applicable item of work.  Except for 

items put into use with Owner’s permission, leave date of beginning of time of warranty until 

the Date of Substantial Completion is determined. 

B. Verify that documents are in proper form, contain full information, and are notarized. 

C. Co‐execute submittals when required. 

D. Retain warranties and bonds until time specified for submittal. 

END OF SECTION 

 

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation  

HISTORIC WOOD REPAIR    06 25 00‐1      

 

06 25 00 – HISTORIC WOOD DOOR REPAIR 

PART 1 GENERAL 

1.01 SECTION INCLUDES 

A. Repairing and restoring wood doors and frames. 

B. Painting and finishing all exterior wood elements. (see division 09 specifications) 

C. Restoration and maintenance of historic hardware. 

D. Alteration of bronze thresholds to allow for adjustable catches. 

E. Installation of draft protection. 

1.02 RELATED SECTIONS 

A. Section 00 43 25 – Substitution Request Form  

B. Section 01 30 00 – Administrative Requirements 

C. Section 01 35 10 – Environmental Safety and Worker Protection 

D. Section 01 61 00 – Product Requirements 

E. Section  09 99 00 – Painting 

1.03 REFERENCES 

A. The Secretary of the U.S. Department of the Interior’s Standards for Rehabilitation. 

B. U.S. Department of the Interior’s Preservation Brief 9: The Repair of Historic Wooden Windows. 

1.04 SUBMITTALS 

A. See Section 01300 – Administrative Requirements, for submittal procedures. 

B. Certifications: Certify that the restoration contractor has experience and training required to 

successfully complete the work. 

C. Restoration Program: Submit written program for each phase of restoration including how work 

will be completed on site.  Describe in detail the materials, methods, and equipment to be used 

for each phase of restoration work, including repair and maintenance of hardware, cleaning of 

painted surfaces for acceptance of new coating, removal of coatings as needed for repairs, 

different applications of consolidant, epoxy, adhesives, wood repairs. 

D. Threshold alteration plan: submit drawings and written description of how the thresholds will be 

altered to allow for an adjustable catch location. 

E. Product Data: Submit manufacturers’ technical data for each product indicated including 

recommendations for their application and use and any unique preparation methods employed 

for this application.   Include test reports and certifications substantiating that products comply 

with requirements.  Include MSDS sheets for any chemical treatments, along with instructions 

for handling, storage, installation, and finishing treated materials, if applicable. 

F. Record of repairs:  

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation  

HISTORIC WOOD REPAIR    06 25 00‐2      

a. Provide documentation noting any areas requiring patching or restoration, showing field 

measurements taken prior to any demolition.  Show details of proposed repair and 

restoration method in each case.    

G. Field Mockups:  

a. Complete one full restoration by Contractor as a field mockup to confirm acceptance of 

quality. 

1.05 QUALITY ASSURANCE 

A. Restorer: Work to be performed and overseen by a skilled carpenter specializing in wood 

restoration with 10 years’ restoration experience and the required training and experience in 

the methods and materials employed and not fewer than two successfully completed projects of 

similar scope, nature, and complexity.  Personnel should be on hand with experience restoring 

historic bronze door hardware.  Personnel performing work to be skilled and experienced in the 

restoration processes and operations indicated. 

B. Manufacturer: Products should be manufactured by a company with 20 years’ experience in 

producing wood restoration products specified in this section. 

C. Restorer to be acceptable as qualified by the manufacturer in the application of its products. 

D. Bidding contractors shall visit site prior to bid and carefully examine project scope and 

conditions that may affect proper execution of work of this Section.  

E. Provide Owner’s Architect access on a regular basis to all locations where work has been 

completed, to allow for inspections, documentation and approvals.  Provide means of access 

and safety precautions required to facilitate inspections and approvals. 

F. All work of this Section shall comply with all applicable federal, state, and local laws, codes, and 

regulations. 

1.06 PROJECT CONDITIONS  

A. Protection of Persons: Take all necessary precautions to protect all persons, whether engaged in work of this Section or not, from all hazards of any kind associated with the work of this Section. 

B. Take all necessary precautions to protect building elements and finishes from damage by precipitation during work of this Section.   Protect openings at all times. 

C. Repair or replace to Owner’s Architect’s satisfaction all building elements and materials damaged by weather resulting from window openings that did not sufficiently exclude weather at no additional cost. 

D. Protection of Building: Protect building elements and finishes from damage or deterioration caused by work of this Section. Repair any damage to materials or finishes to Owner’s Architect’s satisfaction at no additional cost. 

E. Take all necessary precautions to prevent fire and spread of fire.  F. Coordination: Coordinate work of this Section with work specified in other sections to ensure 

proper completion of the Work. Every effort shall be made to accommodate the needs of Owner in relation to scheduling. 

G. LEAD‐CONTAINING PAINT (LCP) a. General: Perform all work that disturbs lead‐containing paint (LCP), handle all material 

that involves lead‐containing paint, and transport and dispose of all lead‐containing 

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation  

HISTORIC WOOD REPAIR    06 25 00‐3      

paint and residue in compliance with all applicable federal, state, and local laws and regulations for identification, removal, labeling, handling, containerization, transportation, and disposal of lead‐containing material including, but not limited to, those referenced herein.  

b. U.S. Department of Labor OSHA Regulations: Including but not limited to: Title 29, Code of Federal Regulations (CFR) Section 1926.62: “Lead Exposure in Construction” and Title 29, CFR Section 1910.1200: “Hazard Communication Standard.” 

c. U.S. Environmental Protection Agency (USEPA) Regulations: Including but not limited to: Title 40 CFR Part 262: “Standards Applicable to Generators of Hazardous Waste” and Part 263: “Standards Applicable to Transporters of Hazardous Waste.” 

d. U.S. Department of Transportation (USDOT) Regulations: Including but not limited to: 49 CFR Parts 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, and 180.  

1.07 DELIVERY, STORAGE, AND HANDLING 

A. Deliver products to site in sealed and labeled containers from manufacturer.   

B. Handle wood and glazing in a manner to prevent damage. 

C. Store wood in a manner to prevent damage, discoloration, or theft. 

D. Protect  wood and other materials from deterioration by moisture and temperature.  Store in a 

dry location or in waterproof containers.  Keep containers tightly closed.  Protect liquid 

restoration products from freezing. 

E. Store any patching wood in an area that provides humidity and temperature conditions similar 

to their final location on the building. 

F. Store products in protected, ventilated area within temperature ranges required by the 

manufacturer. 

PART 2 PRODUCTS 

2.01 PRODUCTS 

A. Grade and Quality: Materials shall conform to requirements of this Section and shall be new, free from defects, and of recent manufacture. 

B. Manufacturer’s Instructions: Comply with material manufacturers’ instructions for use of products (including surface preparation, mixing, applying, drying, etc.). 

C. In case of conflict with requirements of this Section, the more stringent requirements shall govern.  

D. Epoxy and Consolidant:  Products from approved manufacturers in 2.02A may be submitted as appropriate to the application to be submitted for approval in use in the conditions found.  Aesthetics, performance, preparation details, application details, and specific product properties will be considered in the approval process. 

E. Structural Adhesive: 

a. West Systems 105 Resin and 206 Slow Hardener or approved equivalent. 

F. Veneer Adhesive: 

a. Titebond III or approved equivalent. 

G. Wood –  

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation  

HISTORIC WOOD REPAIR    06 25 00‐4      

a. First cut old growth white pine for any core repairs, provided by Owner, subject to 

Contractor approval.   

b. Oak veneer,  with grain to match existing on the interior, to be provided by Contractor. 

c. Cull material for best sections for the application. 

i. Lumber shall be of sound stock, solid wood without finger joints or other joints 

within members, thoroughly seasoned, and  stabilized to a moisture content not 

exceeding 8 percent. 

ii. Wood shall be free from defects or blemishes on surfaces exposed to view that 

will show after paints and finishes have been applied. Materials that do not 

comply with specifications for quality and grade, are in any way defective, or are 

otherwise not in proper condition will be rejected. 

H. Mechanical Fasteners: 

a. All fasteners for any repairs or attachment of new elements shall be brass, bronze, 

stainless steel, or other nonferrous metal of appropriate size and configuration for use 

intended and approved by Owner’s Architect. 

I. Preservative for replacement wood: Wolman WoodLife Classic Clear Wood Preservative, or 

approved equivalent. 

J. Hardware: 

a. Owner will provide replica hardware for any missing decorative hardware elements.  

Contractor is responsible for repair of interior operational elements, or replication of 

operational elements damaged beyond repair.  

b. Owner will provide new Allegion 4040XP closers, arms, and mounting plates. 

c. Replacement deadbolt catch plates to be manufactured to match existing in material 

and finish. 

d. Replacement elements to repair hardware are not anticipated, but some custom milling 

of deteriorated elements may be required. 

e. Hole plugging or epoxy fill of wood may be required to provide sound bed for screw 

attachment of hardware. 

K. Thresholds: 

a. Existing thresholds shall be altered to allow for adjustable catches, and re‐placed.   

b. One threshold requires replacement, to match adjacent existing thresholds in  material, 

appearance and form. 

L. Draft Protection:  

a. Pemko 5041ANB BL mill finish aluminum mortise retainers with black nylon brush 

inserts.  Friction fit into existing kerfs.  Trim nylon to fit gap before installation. 

2.02 MANUFACTURERS 

A. Preferred and acceptable Manufacturers:  

a. Epoxies, Consolidants, and Adhesives 

i. Advanced Repair Technology, Inc. 

ii. Abatron 

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation  

HISTORIC WOOD REPAIR    06 25 00‐5      

iii. Smith & Company 

iv. West Systems 

v. ConServ Epoxy LLC 

vi. Roux Laboratories 

vii. Titebond 

b. Wood Preservative: 

i. Wolman 

c. Draft Protection 

i. Pemko  

PART 3 EXECUTION 

3.01 SCOPE  

A. Extent of wood repairs is indicated on sheets showing exterior door elevations, and the 

condition survey, but all deteriorated conditions are to be repaired. 

a. Perform Dutchman repairs for any substantial rot or structural damage, cutting back to 

sound wood. 

b. Infill epoxy for smaller repairs where Dutchman repair would not be practical or would 

cause more damage to the existing material than necessary. 

c. Patch cracks and checks. 

d. Infill epoxy repairs to fill open joints less than 1/16" wide and not indicating progressive 

deterioration. 

e. Apply liquid consolidant to strengthen any exposed wood that has lost integrity. 

B. Repair all historic hardware to full function, with all parts securely attached, and all moving 

elements having smooth operation. 

C. Door closers and mounting plates, provided by the owner, will all be replaced. 

D. Deadbolt catchplates will all be replaced with larger custom plates manufactured by the 

contractor. 

E. Existing thresholds (9 total) should be altered to allow for adjustable catches to allow bolt 

engagement within a range of 1.5" of swing. 

F. The doors are fully accessible to the public during Capitol opening hours.  Contractors are 

responsible for visiting the site to confirm conditions indicated on survey and elevations, and ask 

any questions needed for clarification of scope, during the procurement process. 

3.02 PREPARATION 

A. Protect people, adjoining building surfaces, collections and landscape elements, et al from injury 

resulting from work. Use dropcloths or other coverings as necessary to protect interior finishes, 

floor and collections and exterior landscape material from dust and debris, etc. 

B. Door should remain on their hinges throughout all work. 

C. Examine the areas and conditions where window restoration is to be executed. Take all 

necessary field measurements. Notify the Owner’s Architect of conditions detrimental to the 

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation  

HISTORIC WOOD REPAIR    06 25 00‐6      

proper and timely completion of Work. Do not proceed until unsatisfactory conditions are 

corrected. 

D. Document all elements of doors to be restored for work of this Section, all elements adjacent to 

elements that are to be removed, and all other window elements that will be in any way 

affected by work of this Section. Show overall window elements and details of all damage or 

deterioration that might be considered as resulting from work of this Section. Key all notes to 

photographs to, clearly identifying portions of existing elements included in each photograph. 

E. Form of Documentation: Document existing construction with high resolution (1 megabyte 

minimum) JPEG images.   

F. Mixing and application of epoxies and consolidants 

1. Follow manufacturer’s directions for time, temperature, humidity, both during 

application and the cure period.  Plan for weather events that may impact conditions for 

application. 

B. Any hardware removed for restoration must be temporarily replaced to ensure the door can be 

secured every night. 

3.03 EXECUTION 

A. Component Replacement (none expected) a. No component replacement is expected in the base scope.  All door structures appear 

sound.  In case any defects are found, the specifications shall be: 

b. General: Fabricate new components for any components which are deteriorated in entirety and cannot be repaired with Dutchmen and epoxy. 

c. In kind replacement: Except as specifically indicated otherwise, provide replacement elements with Owner‐provided, Contractor‐approved wood, of same species with configurations, profiles, dimensions and joinery, et al exactly matching those of existing elements. 

d. Profiles: Remove coatings from profiles of existing elements before recording profiles to produce molding cutters to match existing profiles. 

e. Molding Cutters: Cut custom blades as required to match original profiles and label knifes with project code. 

f. Machining and Surfacing: Machine and surface all new and replacement wood elements to provide smooth even surfaces without saw marks or plane marks. Wood with surface irregularities, including but not limited to scratches, saw marks, and plane knife marks, visible after finish has been applied will be rejected and shall be replaced with properly finished wood elements at no additional cost. 

B. Dutchman Repair  

a. No Dutchman repairs are expected in the base scope.  All interior surfaces appear 

sound.  In case any defects are found, the specifications shall be: 

b. General: Provide Dutchman repairs where wood is deteriorated to a degree that it is 

structurally compromised. 

c. Dutchman repairs shall provide continuous smooth surfaces matching planes and 

profiles of wood members being repaired.    

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation  

HISTORIC WOOD REPAIR    06 25 00‐7      

d. Coordinate graining of member when interior wood is impacted; interior clear coat 

finish exposes grains, which must be coordinated for minimal aesthetic impact. 

e. Use only first cut growth for any replacement/repair wood. 

f. Neatly cut out existing opening as required to provide a prismatic void. Wherever 

possible create voids that will provide mechanical attachments as in dovetails. The 

amount of wood removed should be minimized but the amount should include all 

damaged wood and extend just past damaged wood to prevent spread of any fungus 

contained therein. Cut away area will provide ample glue surface. 

g. Dutchman: Cut dutchman to exactly fit void, with exposed portion matching original 

profile of woodwork and just slightly proud of original surface. Orient grain of dutchman 

parallel to grain of element being patched. Where deterioration or loss at end of 

component requires dutchman repair, use a diagonal scarf joint for end‐to‐end joint 

between dutchman and remaining portion of component. 

h. Coordinate with Owner’s Architect for any replacement extending into sound wood, as 

required for strength and function of a member.  Shop drawings of repairs should 

indicate extent of damaged wood, and planned extent of replacement. 

i. Clean glue surfaces with acetone or denatured alcohol. Insert dutchman using specified adhesive and clamp in place until glue is set. Where clamping is not feasible, use small brads; remove brads and fill holes after adhesive has set. 

j. Surfacing: Plane or scrape dutchman to provide smooth continuous surface coplanar with adjacent wood. Do not damage or alter profile or finish of adjacent wood. 

k. For Dutchman repairs, apply approved wood preservative to new wood, taking care to follow manufacturer’s instructions for cure time and compatibility with other systems. 

C. Joint Repair  

a. No joint repairs are expected in the base scope.  All door structures appear sound.  In 

case any defects are found, the specifications shall be: 

b. Open joint and check joint elements for condition before proceeding. 

c. Joint elements are expected to be 90% intact and sound.  Re‐set, glue, and pin joints 

back into place where possible, using approved products.  Infill epoxy to fill remaining 

voids. 

D. Crack Repair 

a. The greatest incidence of crack repair is required at checking of rails and stiles that has 

increased to a continuous crack.  Most cracks appear to be within the veneer finish only, 

without structural impact.  An epoxy fill to close the gap should be a sufficient repair. 

b. Repairs should withstand expected operation and exposure of the door. 

c. Use approved mechanical fasteners as required, using non‐corrosive metal. 

E. Wood Epoxy Patching 

a. Follow manufacturer’s instructions for preparation and application. 

b. Use wood epoxy to rebuild small lost elements in joinery, infill knots, cracks and checks 

to seal wood surface and prepare for coating application, and infilling open end grain.   

c. Do not use epoxy for extensive loss. 

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation  

HISTORIC WOOD REPAIR    06 25 00‐8      

d. Do not use epoxy for extensive reconstruction of lost profiles.  Non‐functional profiles 

shall be left in their degraded state, prepared down to sound wood.  Functional profiles 

shall be repaired with Dutchman repairs, rebuilding the profile in wood.  Contact 

Owner's Representative with any questions or concerns in specific cases. 

e. Do not retain wood and fill with epoxy if any rot or fungal growth is evident. 

f. Before application of epoxy patch, repair any deteriorated wood using epoxy wood 

consolidant. 

F. Wood Consolidation 

a. Wood consolidation should be used as required to rebuild sound joinery and to 

reinforce deteriorated surface layers for durability and coating application.  Avoid 

overuse of consolidants which may impact performance of wood during exposure to the 

elements; propose replacement and patching if this is believed to be a more long‐lasting 

solution. 

A. Supplement draft protection 

a. Install Pemko 5041ANB BL mill finish aluminum mortise retainers with black nylon brush 

inserts.  Fit into existing kerfs.  Trim nylon to fit gap before installation. 

B. Threshold alteration: 

a. Remove and alter thresholds to allow for adjustment of catch location within the arc of 

swing of the door.  This is to accommodate foot bolts on doors warped out of alignment, 

to allow them to engage in their warped position. 

b. It is expected that a slot will be cut out of the existing thresholds to allow for the 

adjustable catch.   

c. The finished design should: 

i. be sound and secure. 

ii. work within existing gaps under doors. 

iii. work within existing gaps under thresholds. 

iv. be aesthetically appealing and unobtrusive.   

v. not have large areas to catch dirt and debris. 

vi. be fully adjustable in the future.  Removal of the threshold is an acceptable 

requirement for future adjustment. 

C. Deadbolt catch plates: 

a. Design and install larger catch plates for deadbolts, extending 6" tall‐‐2.5" taller than the 

existing 3.5" plates.  Installation should distribute loads across larger areas of wood and 

multiple attachments.  Plates should match existing in material and finish. 

D. Closers: 

a. Install Owner‐provided Allegion LCN 4040XP model closers.  We anticipate the 

manufacturer‐provided mounting plates will provide sufficient additional connection 

points. 

E. Hardware repair and replacement 

a. Restore all hardware elements including passage sets handles and latches, deadbolts, 

both interior and edge‐mortised foot bolts, and interior head bolts.   

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation  

HISTORIC WOOD REPAIR    06 25 00‐9      

b. Locks should be restored to full function and lubricated for smooth operation.  

Contractor should fabricate any interior replacement elements required.  Owner will 

replicate missing decorative elements as necessary. 

c. Repair and re‐install any existing damaged hardware.  Disassembly is allowed, as 

required. 

d. Owner will replicate missing knobs as necessary. 

e. Restore any deteriorated wood where screws are loose, to allow for secure re‐

attachment of hardware. 

3.04 CLEANING AND PROTECTION 

A. Take proper precautions to prevent scratching of adjacent glazing during prep. 

B. Protect adjacent stone from spills and drips from epoxy, consolidant, or other restoration 

materials that may stain or adhere to stone. 

C. Doors should be left completely clean upon completion of work, which should be part of the 

process. 

  

 

END OF SECTION 

 

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation  

PAINTING    09 99 00‐1       

09 99 00 – PAINTING 

PART 1 GENERAL 

1.01 SECTION INCLUDES 

A. Surface preparation and field application of paints on existing painted historic wood doors and 

frames. 

1.02 RELATED SECTIONS 

A. Section 00 43 25 – Substitution Request Form  

B. Section 01 30 00 – Administrative Requirements 

C. Section 01 35 10 – Environmental Safety and Worker Protection 

D. Section 01 61 00 – Product Requirements 

E. Section 06 25 00 – Wood Door Repairs 

1.03 REFERENCES 

A. ASTM D 16 – Standard Terminology for Paint, Related Coatings, Materials, and Applications, 

2000. 

1.04 DEFINITIONS 

A.   General: Standard coating terms defined in ASTM D 16. 

1. Flat refers to a lusterless or matte finish with a gloss range below 15 when measured at 

an 85 degree meter.  

2. Eggshell refers to low‐sheen finish with a gloss range between 20 and 35 when 

measured at a 60 degree meter. 

3. Semigloss refers to medium‐sheen finish with a gloss range between 35 and 70 when 

measured at a 60 degree meter. 

4. Full gloss refers to high‐sheen finish with a gloss range more than 70 when measured at 

a 60 degree meter. 

1.05 SUBMITTALS 

A. See Section 01300 – Administrative Requirements, for submittal procedures. 

B. Materials List: An inclusive list of required coating and patching materials.  Indicate each 

material and cross reference specific coating, finish system, and application.  Identify each 

material by manufacturer’s catalog number and general classification. 

C. Product Data: Provide manufacturers’ technical information, label analysis, storage 

requirements, and handling, preparation, and application instructions and recommendations for 

each paint product used. 

D. Provide two samples of each color and material to be applied, representing actual product, 

color, and texture, on 6”x6” heavy cardstock.  Label each sample as to location and application. 

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation  

PAINTING    09 99 00‐2       

E. Field Mockups: Provide a sample of the complete paint system for wood on representative 

samples of the actual substrate which has been cleaned and prepared per these specifications 

for work. 

1.06 QUALITY ASSURANCE 

1.07 DELIVERY, STORAGE, AND HANDLING 

A. Deliver products to site in sealed and labeled containers from manufacturer.   

B. Store paint products in protected, ventilated area within temperature ranges required by the 

manufacturer. 

1.08 ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS 

A. Comply with governing authorities for removal and disposal of surplus paint products. 

B. Apply paints within manufacturers’ recommended temperature and humidity ranges for 

application. 

C. Note all materials in these construction documents which note the existence of lead in the 

historic assemblies.  Comply with health and safety regulations for work around potential 

disturbance of lead paint. 

1.09 EXTRA MATERIALS 

A. See Section 01600 – Product Requirements for additional provisions. 

B. Deliver to Owner not less than one gallon of each finish paint in each color required for Project; 

mark each container with color and locations where paint was used, without obscuring 

manufacturer’s label. 

PART 2 PRODUCTS 

2.01 MANUFACTURERS 

A. Acceptable Manufacturer: Tnemec Company, Inc. 

2.02 PRODUCT SCHEDULE 

A. Acceptable Products:  

1. Primer Coat: Tnemec  Elasto‐Grip FC 151‐1051 on any exposed wood.  

a.  Finish Coat: One coat Tnemec series 1080 over existing painted surfaces.  Two 

coats over primed, exposed wood. 

1. Finish: Gloss 

2. Color:  1029D9896 TX Capitol Wood Brown 

2. Interior finish touch‐up (as needed): 

a.  Match to existing. 

PART 3 EXECUTION 

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation  

PAINTING    09 99 00‐3       

3.01 PREPARATION 

A. For exterior wood surfaces: 

1. Clean doors and frames of dust and other debris.  Thoroughly clean with a non‐alkaline 

cleaner, by hand, with a cloth to thoroughly remove any chalking.  Do not use pressure 

washers.  Avoid over‐saturating exposed wood.  Clean and prepare all surfaces to be 

painted in accordance with the manufacturers’ instructions for each particular substrate 

condition, and as specified.   

2. Neutralize any cleaning products used. 

3. Remove all loose and flaking paint with plastic scrapers.  Avoid damage to underlying 

wood.  Use HEPA‐filtered vacuum to gather all loose paint chips, and dispose of them 

properly.   

4. Use infrared guns for removal of any adhered paint required for restoration and 

preservation of wood. 

5. All surfaces to be sanded uniformly and thoroughly before receiving coatings. 

6. Allow all consolidants and epoxies used in restoration and preservation sufficient time 

to cure, per manufacturer’s recommendations, before proceeding with additional steps. 

7. Provide barrier coats over incompatible primers or remove and reprime.  Notify 

Owner/Architect in writing of problems anticipated with using the specified coatings 

with substrates primed by others. 

3.02 APPLICATION 

A. Apply paint products according to manufacturers’ instructions. 

B. Apply paint products within condition limitations defined by the manufacturer. 

C. Brush apply all exterior paint. 

D. Cut in all edges; do not tape. 

E. Apply bead cap over junction with glazing, 1/16” minimum, 1/8” maximum onto surface of 

glazing. 

F. Maintain containers used in mixing and applying coatings in a clean condition, free of foreign 

materials and residue. 

G. Stir materials before applying to produce a mixture of uniform density. Stir as required during 

application. Do not stir surface film into the material. Remove film and, if necessary, strain 

coating material before using. 

H. Use only the type of thinners approved by manufacturer and only within recommended limits. 

I. Ensure planned ventilation measures are in effect before beginning application. 

J. Apply all primer and paint with uniform thickness and finish. 

K. Completely cover to provide an opaque, smooth surface of uniform finish, color, appearance, 

and coverage.  Cloudiness, spotting, holidays, laps, brush marks, runs, sags, ropiness, or other 

surface imperfections will not be acceptable. 

L. Apply additional coats when undercoats, stains, or other conditions show through final coat of 

paint until paint film is of uniform finish, color, and appearance.  Give special attention to ensure 

SPB Project 809‐18‐0049    Texas State Capitol  June 20, 2018    Exterior Door Preservation  

PAINTING    09 99 00‐4       

that surfaces including edges, corners, crevices, welds, and exposed fasteners receive a dry film 

thickness equivalent to that of flat surfaces. 

M. Apply subsequent coats only after preceding applications have cured to the level recommended 

by manufacturer.   

N. Sand between applications as required or recommended by manufacturer. 

O. Primer shop application on new metal: 

a. Spray application is allowed; do not thin beyond manufacturer’s recommendations. 

b. Allow coats to cure per manufactuer’s recommendation before continuing to next coat. 

c. Apply primer to all metal surfaces. 

3.03 CLEANING AND PROTECTION 

A. Keep project premises free of painting‐related debris.  Collect material that may constitute a fire 

hazard, place in closed metal containers, and remove daily from site. 

B. Protect work adjacent to painting operations from paint splatters and spills.  Immediately 

remove paint that falls on finished surfaces not scheduled to receive paint, using materials and 

techniques that will not damage affected surfaces. 

C. Adjacent areas and surfaces shall be protected with sheets of polyethylene or other proven 

protective material.  Surfaces to be protected should be completely covered with the 

polyethylene and chemical resistant masking tape used to seal off the edges of the polyfilm. 

D. Take proper precautions to prevent dripping onto stone, hardscape, and landscape below. 

  

 

END OF SECTION